76
RFP Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 1 of 68 Open Competitive Bid (OCB) for Identification of Service Provider for Digitization of Field Measurement Books (FMBs) and Mosaicing of FMBs of Survey Settlement & Land Records Dept, GoAP May ’ 2015 Prepared by AP Technology Services Limited BRKR Bhavan, B‐Block, 4th floor, Tank bund Road, Hyderabad‐ 500 063, India. Telephones: 91 (40) 23220305, (40) 23223753 Fax: 91 (40) 23227458 Email: [email protected]

Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

  • Upload
    lydien

  • View
    225

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 1 of 68

 

 

 

   

Open Competitive Bid (OCB) for 

 

Identification of Service Provider for 

Digitization of Field Measurement Books (FMBs) 

and Mosaicing of FMBs of 

Survey Settlement & Land Records Dept, GoAP 

    

May ’ 2015    

Prepared by 

AP Technology Services Limited BRKR Bhavan, B‐Block, 4th floor, 

Tank bund Road, Hyderabad‐ 500 063, India. Telephones: 91 (40) 23220305, (40) 23223753  

Fax: 91 (40) 23227458 Email: [email protected] 

  

Page 2: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 2 of 68

 

 

 

Proprietary & Confidential 

No part of this document can be reproduced in any form or by any means, disclosed or 

distributed  to  any  person  without  the  prior  consent  of  APTS  except  to  the  extent 

required  for submitting bid and no more. The guidelines referred are  indicative,  the 

bidder is bound by other appropriate guidelines related to the subject. 

 

The  information  contained  in  this  tender  document  (the  “Tender  Document”)  or 

subsequently provided to Bidder(s), whether verbally or in documentary or any other 

form by or on behalf of  the APTS or any of  its employees or advisors,  is provided  to 

Bidder(s) on the terms and conditions set out in this Tender Document and such other 

terms and conditions subject to which such information is provided. 

 

This Tender Document  is not an agreement and  is neither an offer nor  invitation by 

APTS  to  the  prospective  Bidders  or  any  other  person.  The  purpose  of  this  Tender 

Document is to provide interested parties with information that may be useful to them 

in  making  their  technical/  financial  proposals  (“Bid(s)”)  pursuant  to  this  Tender 

Document. 

Page 3: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 3 of 68

Table of Contents 

1.   Invitation  for  Open  Competitive  Bid  (OCB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  1.1. RFP Notice ........................................................................................................... 6 1.2. Important Dates & Contacts ............................................................................ 6 

2.   Pre­Qualification  Criteria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  3.   Scope  of  Work  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

3.1.   Introduction .................................................................................................... 9 3.2.   Objectives ..................................................................................................... 10 3.3.   Project Deliverables ................................................................................... 10 3.4.   Roles & Responsibil i t ies ........................................................................... 11 

3.4.1.  Role of Service Provider .............................................................................. 11 3.4.2.  Role of DSSLR ............................................................................................ 12 3.4.3.  Role of District Administration / District Collector ......................................... 13 3.4.4.  Role of Tahasildar ........................................................................................ 13 3.4.5.  Role of APTS ............................................................................................... 13 3.4.6.  Role of NIC .................................................................................................. 14 

3.5.   Project Period .............................................................................................. 14 3.6.   Payment Milestones ................................................................................... 15 3.7.   Penalties/ Service Level Agreements (SLA) ........................................ 16 

3.7.1.  Project Time lines & Delivery Schedule ...................................................... 16 4.   Instructions  to  Bidders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

4.1   Completeness of Response ...................................................................... 17 4.2   Proposal preparation costs & related issues ....................................... 17 4.3   Pre-bid Meeting ........................................................................................... 17 4.4   Responses to Pre-bid Queries and Issue of Corrigendum ............... 18 4.5   Right to terminate the process ................................................................ 18 4.6   Preparation of Proposals .......................................................................... 18 4.7   Submission of Responses ......................................................................... 19 4.8   Bid Submission Format.............................................................................. 19 4.9   Venue and deadline for submission ....................................................... 20 4.10   Short l ist ing Criteria ................................................................................... 20 4.11   Overall Evaluation Process ...................................................................... 21 4.12   Evaluation and comparison of f inancial bids ....................................... 21 4.13   Work allocation procedure ........................................................................ 21 

5   Technical  Evaluation  Criteria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  6   Award  of  Contract  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  7   Contract  Period  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

7.1   Contract amendment .................................................................................. 24 8   Statement  of  important  limits/values  related  to  bid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  9   General  Instructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

9.1   Definit ions ..................................................................................................... 28 9.2   General Eligibil i ty ....................................................................................... 28 9.3   Bid forms ....................................................................................................... 29 9.4   Cost of bidding ............................................................................................ 29 9.5   Clarif ication of bidding documents ......................................................... 29 9.6   Amendment of bidding documents .......................................................... 30 

Page 4: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 4 of 68

9.7   Period of validity of bids ........................................................................... 30 9.8   Submission of bids ..................................................................................... 30 9.9   Deadline for submission of bids .............................................................. 30 9.10   Late bids ....................................................................................................... 30 9.11   Modif ication and withdrawal of bids ....................................................... 31 9.12   General Business information ................................................................. 31 9.13   Bid security i.e. earnest money deposit (EMD) ................................... 31 9.14   Preparation of Pre-qualif ication (PQ) bids ........................................... 31 9.15   Preparation of Technical Qualif ication (TQ) Bid. ................................ 32 9.16   Preparation of Financial bid ..................................................................... 32 9.17   Bid currency ................................................................................................. 32 9.18   Term and Extension of Contract ............................................................. 33 9.19   Suspension of Work ................................................................................... 33 9.20   Force majeure .............................................................................................. 33 9.21   Terminate the Contract .............................................................................. 34 9.22   Termination ................................................................................................... 34 9.23   Termination for insolvency ....................................................................... 34 9.24   Termination for convenience .................................................................... 35 9.25   Resolution of disputes ............................................................................... 35 9.26   Application .................................................................................................... 36 9.27   Standards ...................................................................................................... 36 9.28   Use of documents and information ......................................................... 36 9.29   Implementation and Performance security ........................................... 36 9.30   Acceptance cert if icates ............................................................................. 37 9.31   Insurance ...................................................................................................... 37 9.32   Governing language ................................................................................... 37 9.33   Applicable law .............................................................................................. 37 9.34   Notices ........................................................................................................... 38 9.35   Taxes and duties ......................................................................................... 38 9.36   Special Condit ions ...................................................................................... 38 9.37   Corrupt or Fraudulent Practices .............................................................. 38 9.38   In lab proof of concept .............................................................................. 39 

10   General  Conditions  of  Contract  (GCC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  10.1   Definit ions ..................................................................................................... 40 10.2   Application .................................................................................................... 41 10.3   Standards ...................................................................................................... 41 10.4   Use of documents and information ......................................................... 41 10.5   User l icense and patent r ights ................................................................ 41 10.6   Performance security ................................................................................. 42 10.7   Warranty ........................................................................................................ 42 10.8   Payment ........................................................................................................ 43 10.9   Prices ............................................................................................................. 43 10.10   Change orders ............................................................................................. 43 10.11   Contract amendment .................................................................................. 44 10.12   Assignment ................................................................................................... 44 10.13   Subcontracts ................................................................................................ 44 10.14   Delays in the supplier’s performance .................................................... 44 10.15   Liquidated damages ................................................................................... 45 

Page 5: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 5 of 68

10.16   Termination for default .............................................................................. 45 10.17   Force majeure .............................................................................................. 45 10.18   Termination for insolvency ....................................................................... 46 10.19   Termination for convenience .................................................................... 46 10.20   Governing language ................................................................................... 46 10.21   Applicable law .............................................................................................. 46 10.22   Notices ........................................................................................................... 47 10.23   Taxes and duties ......................................................................................... 47 10.24   Licensing considerations .......................................................................... 47 10.25   Protection against damages- site condit ions: ..................................... 47 10.26   Confidential ity and Property Rights ....................................................... 47 

Bid  Letter  Form  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  Sample  Contract  Form  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50  Bid  security  (EMD)  form  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  Performance  Security  (PBG)  Form  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54  Check  List  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

Compliance/ Agreed/ Enclosed/ Deviation Statement ................................................... 55 APPENDIX   ­  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  Pre  Qualification  (PQ)  Proposal  submission  forms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  

Form PQ#1 - General Information ................................................................................ 57 Form PQ#2 - Financial Turnover .................................................................................. 58 Form PQ#3 - Project Experience .................................................................................. 59 Form PQ#4 - Declaration Regarding Clean Track Record ............................................. 60 Form PQ#5 – Quality Certification ................................................................................. 61 Form PQ#6 - Local Presence ........................................................................................ 61 

APPENDIX   ­  II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  Technical  Qualification  (TQ)  Proposal  submission  forms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

Form TQ#1 -Understanding of the Project ..................................................................... 63 Form TQ#2 – Implementation Schedule & Methodology ............................................... 63 Form TQ# 3 - Staff Proposed for Digitization Project ..................................................... 64 Form TQ# 4 - Work Schedule ........................................................................................ 65 

APPENDIX   ­  III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  Commercial  Proposal  Submission  Forms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

Commercial Proposal Submission Letter ....................................................................... 67 Form F#1 - Commercial Form ...................................................................................... 68 

END  of  DOCUMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68    

Page 6: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 6 of 68

1. Invitation for Open Competitive Bid (OCB) For 

Identification of Service Providers for “Digitization of Filed Measurement 

Books (FMBs)”  for SS&LR dept, GoAP 

1.1.  RFP  Notice    

APTS  on  behalf  of  SS&LR  Dept,  GoAP  invites  Request  For  Proposal  (RFP)  from  eligible agencies  on  e‐Procurement  platform  for  identification  of  Service  Providers  towards “Digitization of Field Measurement Books (FMBs)” to convert the existing paper maps into GIS‐ready  digital  format  in  order  to  facilitate  updating  of  cadastral maps  in  sync with  the changes made in the Record of Rights (RoRs) for SS&LR Dept, GoAP. 

1.2.  Important  Dates  &  Contacts  

#  Description  Venue & Dates 

1  Bid calling date  27‐05‐2015 

2  Pre­bid conference date/time 04‐06‐2015,  11.00  AM  at  APTS,  4th  Floor Conference hall, BRKR Bhavan, Hyd. 

3 Last date/time  for  submission of Pre­bid clarifications requests 

04‐06‐2015, 11.00  AM 

4 Workshop  for  Prospective  bidders  on NIC Software 

Date will be announced in the pre bid. 

4  Bid closing date/time  18‐06‐2015, 03.00 PM 

5  Bid opening date/time  18‐06‐2015, 03.30 PM 

6  Technical Bid Opening date/time  Will be informed to PQ qualified bidders 

7  Commercial Bid Opening date/time  Will be informed to TQ qualified bidders 

8  Bid Document Fee  Rs.10,000/‐ 9  APTS Contact person  P.Venkateswara Reddy, [email protected] 

10  SS&LR Dept. Contact Persons Smt. Krishna Bharathi, [email protected] Ch. V Subba Rao  [email protected] P.Harikrishna [email protected] 

11  Tender Reference No.  APTS/CS/CCLA/FMB‐DIGI/2015  For  full  details  regarding  detailed  Tender  Notification,  specifications  and  digital  certificate please visit http://www.apts.gov.in and www.eprocurement.gov.in.  

Managing Director,  Andhra Pradesh Technology Services Ltd. 

Page 7: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 7 of 68

 2. Pre­Qualification Criteria  

 

APTS  invites  the  interested & eligible solution providers desirous of bidding  for  the project shall meet the following pre‐ qualification criteria. 

1. Legal Entity: The bidder must be a company registered under Companies Act, 1956 

and shall have at  least 5 years  of experience  in  the  field of  cadastral  survey and GIS 

based digitization of survey records/maps in India as on bid calling date.  

 Bidder should submit the copy of RoC & Service Tax Registration Certificate.  

 

2. Turnover Details: The  bidder  should  have  average  annual  turnover  of  Rs.10  crore 

during the last 3 financial years i.e., 2011‐12, 2012‐13 & 2013‐14.   

 Bidder  should  submit  the  any  of  the  Copies  of  Certified  audited  Balance  sheet/    Profit &  Loss statement or Certificate from the statutory auditor. 

 

3. Past Experience: The bidder must have successfully completed at least one project of 

cadastral  survey/  digitization  of  FMBs/  GIS  mapping  of  survey  records/  Cadastral  

maps with a cost of Rs.50 lakhs during last Three Financial years i.e., 2011‐12, 2012‐

13 & 2013‐14. 

 Bidder  should  submit  the  Work  orders,  Purchase  order/agreement,  Work  completion certificates/  Performance  Certificate/  Satisfactory  certificate  duly  signed  by  the  authorized signatory from the Client end.  

4. Self­Declaration: The  bidder  should  submit/give  declaration  stating  that  they  have  

not been debarred/ blacklisted by any State Government, Central Government, Central 

&  State  Govt.  Undertakings/enterprises/  Organizations  and  by  any  other  Quasi 

Government  bodies/  Organizations,  World  Bank  or  any  major  Enterprise/ 

Organization  in  India  for  non‐satisfactory performance,  corrupt &  fraudulent  or  any 

other unethical business practices.  It  should also be declared    that no cases pending 

against the firm/ organization either in Government(State or Union) for involvement 

in  cases  for  supply  of  sub‐standard  goods/  material  or  track  record  of  supply  of 

inferior quality or no enquiries on past supplies are being conducted or underway.  

a. If the bidder is debarred/ blacklisted as mentioned above, such bidder becomes ineligible  to  participate  in  the  bidding  process.  In  case  of  any  concealing  of 

Page 8: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 8 of 68

information  relating  to  blacklisting  or  pending  of  cases  as  mentioned  above, APTS reserves the right  to cancel  the work order/ contract allotted, apart  from forfeiting EMD/ PBG. APTS reserves the right further to take penal action on the bidder. 

Bidder should submit self declaration as above on the company letter head. 

5. Quality  Certification:  The  bidder  should  have  valid  ISO  certification  9001:2008 

Quality certification as on bid calling date. 

 Bidder should submit a copy of valid ISO Certification & Quality certification. 6. Local Office: The bidder should have a local office in anywhere in the Jurisdiction of 13 districts of AP / Temporary Capital of AP at Hyderabad as on bid calling date.  

If the bidder is not having Local presence, it has to open a local office within 15 days from date of issue of LoI and same must be communicated to APTS/ Dept.  for future correspondence. An undertaking  in this regard should be submitted on the company  letter head along with the bid. 

Note:   ** Relevant supporting documents (ink signed) should be furnished without fail or the bid is liable to be treated as “non responsive”. 

Note:  Any  bidder who  offers  discounts/  benefits  suomoto  after  opening  of  commercial bid(s) will be automatically disqualified  from  the  current bidding process without any prior notification and also may be disqualified for future bidding processes in APTS.  

a. Nature of Bid: Bidder should submit Single Bid only. Consortium bids not allowed.  

b. The bidder should upload all the required documents with clear visibility, avoid missing documents and avoid bidding mistakes. In such cases, APTS reserves it’s right in seeking clarification  from  the  bidder  and  may  disqualify  the  bidder  for  the  bidding  mistakes, missing documents and for the documents that are not clear. 

c. Deviation  from  this  shall  be  treated as  rejection of bid  and  shall  attract  the  liability  as specified in the Tender.    

d. Bidder shall not have conflict of interest that may affect the bidding process or the Bidder (the  “Conflict  of  Interest”).  Any  applicant  found  to  have  a  Conflict  of  Interest  shall  be disqualified.  

Page 9: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 9 of 68

3. Scope of Work 

3.1. Introduction   

The  National  Land  Records  Modernization  Programme  (NLRMP),  which  is  formulated  by 

merging two existing centrally sponsored schemes of Computerization of Land Records (CLR) 

and Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records (SRA&ULR),  is 

being implemented by the MoRD, Department of Land Resources, Govt. of India with the main 

objective  of  development  of  a  modern,  comprehensive  and  transparent  land  records 

management system in the State with the aim to implement the conclusive land‐titling system 

with title guarantee. 

a. Proposed Digitization of FMBs in AP: 

There is a need to convert the existing paper maps into GIS‐ready digital format in order to 

facilitate updating of cadastral maps  in sync with the changes made in the Record of Rights 

(RoRs) There are about 49  lakh FMBs (Field Measurement Sketches or survey number 

wise land parcel maps)  in AP which need to be digitized by entering numeric data available 

in  the  sketches  (ladder,  baselines    and  offsets/perpendiculars,  angles,  distances)  as  inputs 

supplied  by  the  Government  in  a  scanned  form  in  soft  copy.  The  proposed  digitization  is 

distinct from heads up digitization.  

b. Proposed misaiming of FMBs in where village maps are not available 

In respect of villages for which village maps are missing, FMBs have to be mosaiced District wise details of FMBs & missing village maps are follows: 

#  District Name  No. of FMBs  Missing  Groups  1  Srikakulam  240540 26 

C 2  Vizianagaram  198322 392 3  Visakhapatnam  227163 233 4  East Godavari  292996 325 5  West Godavari  291834 208 

B 6  Krishna  315414 12 7  Guntur  391893 26 8  Prakasam  435602 6 9  Nellore  401926 4 

A 10  Chittoor  540384 18 11  Kadapa  535008 0 12  Anantapur  447449 0 13  Kurnool  484804 2 

Total FMBs  48,03,335  1,252  

Page 10: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 10 of 68

Now APTS, on behalf of SS&LR Dept. GoAP called bids from experienced and qualified bidders 

to  undertake  the  Digitization  of  FMBs  mosaicing  of  village  maps  in  Andhra  Pradesh. 

Digitization work has been divided into 3 groups namely A, B and C as indicated above.   

L1  bidder may  be  given  group  A,  L2  and  L3 may  be  given  groups  B  and  C  subject  to 

matching L1 Price. In case of L2 AND L3 are not matching to L1 Price, all groups may be 

given to L1 Bidder. 

Government provide NIC developed “Collabland” GIS based land records software (features attached  to  RFP)  shall  be  used  for  digitization  subject  to  evaluation  and  acceptance  by departmental technical committee. All the data available in the FMBs including sub‐divisions, linear measurements, ladder, G lines, offsets, angles and topo details should be captured and exhibited. Operating Environment: Support for MS­ Windows /Linux platforms operation 

3.2. Objectives    • To preserve the data available in the documents. • Electronic storage and facilitate its easy access to the users. • Easy  retrieval  to  the  public  and  user  Department  by  obtaining  the  drawing  of  land 

along with dimensions, area (as on ground and also as per (RoR)), other attributes and adjacency details. 

• Facilitate in prompt updating of digital land record so that modern land record system will add value to a common man. Whenever there is a future updation /mutation, new subdivisions have to be created in the FMB based on field survey data 

• Better resource planning and better monitoring of Govt. lands  • To have the centralized MIS  

3.3. Project  Deliverables    • FMBs in  .shp and  .pdf formats and also mosaics of FMBs in the above formats where 

village  maps  are  not  available  in  the  form  of  soft  copy  to  be  submitted  to  the department  on hard disk media to respective Tahasildar, in addition to Daily Upload the data to the centralized server. 

• The Tahasildars has  to use  the software provided by  the Government and verify  the digitized FMBs and upload to the central server by Digitally signing the each and every digitized FMB specified by the Government. 

• Two sets of hard copies (in bound volumes) after final acceptance. 

• Mosaic  of  FMBs  Digitized  in  Hard  copy  in  Handmade  paper  in  addition  to  the uploading of central server. 

Page 11: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 11 of 68

3.4. Roles  &  Responsibilities    The  following  are  the  Roles  &  Responsibilities  of  SS&LR  Department,  GoAP  and  selected service provider. 

3.4.1. Role of Service Provider 

• Sign the agreement with respective District Collectors for executing the contract 

• Shall  set  up  digitization  centre  with  minimum  of  75  number  of  computers  at district level with provision for internet connectivity for uploading the daily data 

• Deploying  the  required  infrastructure  and  skilled  &  experienced  resources, including workstations, laptops, printers, connectivity, etc  

• Receive soft copy of the scanned images (in .tif format), (if required take a print on A3/Legal) and Digitize the FMBs  

• Mosaic FMBs, where village map is not available 

• Attaching attribute data such as name of village, survey number, area as per FMB and area as per RSR 

• Exhibiting all the data available in the FMBs including linear measurements, angles, subdivisions,  topo  details,  point  numbers/names,  adjoining  survey  numbers, ladder, G lines, F lines, offsets(perpendiculars) ,recorded areas, scale of the original sketch faithfully 

• 100%  internal  QC  Conducting  100%    internal  quality  check  by  comparing  the computed areas with  areas  recorded  in RSR and also by  comparing  the digitized sketch with the original scanned image 

• Handing over error free data to the concerned Nodal Officer. 

• Collect the defective/rejected data back from concerned Nodal Officer. 

• Rectifying the defects pointed out by the dept. and resubmitting for final check and acceptance. 

• Handing  over  the  FMBs  in  prescribed  formats  to  the  concerned  Officer  for  final check and acceptance by District Administration / District Collector. 

• Appoint a senior functionary as a district level co‐ordinator. He should co‐ordinate with Joint Collector, AD, S&LR, Tahsildars, Mandal Surveyors and brief Collector/JC from time to time. He should also submit weekly progress reports generated from central server to Collector, AD and CSO, Hyderabad 

• Submit soft copy of final data in .shp and .pdf   

• Submit 2 sets of hard copies of FMBs/mosaics 

Page 12: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 12 of 68

• Daily Upload the data to the centralized server after approval by the Dept. 

• The Technical qualified persons engaged for this project in the District should not be  changed until  the project  is  completed. The bidder has  to give undertaking  in this regard.  

• The  Digitized  FMB must  be  signed  by  the  Technical  person  of  the  Agency  apart from the Mandal Surveyor and Tahsildar of the Mandal with date.  

3.4.2. Role of DSSLR    

As owner of the project, the role of SS&LR dept shall be as follows: 

• DSSLR act as a State Level nodal officer and PD, NLRMP team would assist 

• Joint Collector with assistance of AD SS & LR should coordinate with Nodal Officer at District Administration for any application related issues. 

• To arrange  the secured Office Space with Electricity raw power  to  the bidder  for deployment of Equipment at the district. 

• Provide necessary support & information about SS&LR department  to the Service Provider. 

• Providing scanned FMBs in respect of already scanned FMBs through AD, SS&LR of the District. 

• Maintaining Log register for issue & receiving of FMBs  

• Providing  recently  updated  FMBs  and  FMBs  omitted  to  be  scanned  earlier  for scanning 

• Final  quality  check  and  acceptance within  15  days  from  the  date  of  receipt  data from the bidder 

• Extending  necessary  assistance  to  the  service  provider  in  matters  relating  to domain knowledge 

• Deploying the sufficient number of Government staff for assisting and monitoring the Agency during the Digitization.  

• Identifying and nominating personnel for accepting the deliverables  

• Data Security measures should be taken by DSSLR. 

• Authorize  the  selected  bidder  to  sign  the  agreement  with  respective  District collectors. 

• Approval of Draft Contract Agreement. 

Page 13: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 13 of 68

• Authorise the District Collector  to enter  into agreement with the selected Service Provider. 

• Arrange for the rectification of the errors in FMBs as per the existing rules. 

• Final check and acceptance 

• Release the funds to the District collectors 

3.4.3. Role of District Administration / District Collector 

• Signing of Agreement with selected Service provider. 

• Nomination  of  Joint  Collector  as  a Nodal  Officer  to monitor  the  project  progress and  point  of  contact  for  the  Project  at  District  level  with  AD,  SSLR  as  Assistant Nodal officer. 

• Release the funds to the selected Service Provider as per the terms and conditions of the agreement. 

• Provide  necessary  permission  to  the  selected  Service  Providers  for  execution  of “Digitization of FMBs Project”. 

• Release timely payments as per approved 'Financial Bid' of the Tender Document. 

• Provide security measures for District center for Digitization of FMBs. 

• Helpdesk with  Technical  support  to  clear  doubt  of  agency  during  the  process  of Digitization of FMBs 

3.4.4. Role of Tahasildar 

• Assign  the  surveyor  for  the  verification  of  the  digitized  FMBs  to  ensure  the correctness, while the FMBs of his/her Mandals are being done for supervision and quality check 

• The rejected Digitized FMBs survey Nos. list will be prepared and communicated to the vendor for rectification and resubmission. 

• All  the Digitized  FMBs  verified  and  found  correct  by  the  surveyor  to  be  digitally signed  by  the  both  the  Surveyor  and  Tahasildar  to  be  uploaded  to  the  central server indicated by Government using the software provided by the Government. 

3.4.5. Role of APTS    

Following are the roles of APTS: 

• Processing of Tender Management. 

• Conducting pre‐bid conference along with department. 

• Receiving and evaluation of the bids. 

Page 14: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 14 of 68

• Finalization of the Service Providers.  

• Issue of Letter of Intent (LoI) to the selected Bidder 

• Preparation of Draft Contract Agreement. 

• Co‐ordination  with  SS&LR  department  /  selected  service  providers  till  the completion of the tender. 

3.4.6. Role of NIC    

• Customize the collabland software as per the requirement of SS&LR Dept.  

• Providing of customized software 

• Providing  of  VPN  Connectivity  to  service  provider  for  uploading  FMBs &  Village Maps 

• Capacity Building 

o Training to Prospective bidders on usage of the application by creating dummy login 

o Training to selected service providers team on installation and usage 

o Training to the End user (TOT format) 

o Design, Develop  and Host  the Daily  progress  report  on  the progress  of  FMBs Digitization 

• Continued change request and support for the software and infrastructure 

3.5. Project  Period  The project period is for 9 months including Digitization, Quality Check (QC) by Final Check and Acceptance by SS&LR Dept/ District Administration from the date of signing of Contract Agreement with the identified service providers.           

Page 15: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 15 of 68

3.6. Payment  Milestones  Payment Terms for FMBs:

Mile Stone No  Deliverable  Installment amount 

Mile Stone ­ I Completion  of  Digitization  of  25% of  FMBs after quality check 

80%  of  the  Final  accepted  Digitized  FMBs and  uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ II Completion of Digitization of Next 25% of  FMBs after quality check 

80%  of  the  Final  accepted  Digitized  FMBs and  uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ III 

Completion of Digitization of next 25%    of    FMBs  and  Mosaics  of Digitized  FMBs  completion  of Quality Check 

80%  of  the  Final  accepted  Digitized  FMBs and  uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ IV Completion  of  Digitization  of Balance  25%  (100%)    of  FMBs after Quality Check 

80%  of  the  Final  accepted  Digitized  FMBs and  uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ V Submission  and  acceptance  of final deliverables 

Balance  amount  shall  be  released  after completion of work & receipt of satisfactory certification from SS&LR Dept. 

Payment Terms for mosaicing:

Mile Stone No  Deliverable  Installment amount 

Mile Stone ­ I Completion  of  Digitization  of  25% of   mosaicing  of  FMBs  after quality check 

80%  of  the  Final  accepted  mosaics  and uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ II Completion  of  Digitization  of  Next  25%  of    mosaicing  after quality check 

80%  of  the  Final  accepted  mosaics  and uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ III Completion  of  Digitization  of  Next  25%  of    mosaicing  after quality check 

80%  of  the  Final  accepted  mosaics  and uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ IV Completion  of  Digitization  of Balance  25%  (100%)    of mosaicing after Quality Check 

80%  of  the  Final  accepted  mosaics  and uploaded  to  the  central  server  of  the respective 25% of the quantity 

Mile Stone ­ V Submission  and  acceptance  of final deliverables 

Balance  amount  shall  be  released  after completion of work & receipt of satisfactory certification from SS&LR Dept. 

Page 16: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 16 of 68

3.7. Penalties/  Service  Level  Agreements  (SLA)  3.7.1. Project Time lines & Delivery  Schedule 

 

S.No  Deliverable  Start Date  End Date 

1 25% of FMBs & Mosaics of Digitized FMBs allotted 

Date of Contract Signing 90  days  from  the  date  of Signing of contract 

2 Next 25% of  FMBs & Mosaics of Digitized FMBs allotted 

91st day of contract signing 150th  day  from  the date  of contract signing 

3 Next 25% of FMBs & Mosaics of Digitized FMBs allotted 

151st    day  of  contract signing 

210th  day from the date of contract signing 

4 Final 25% of FMBs & Mosaics of Digitized FMBs allotted 

211th      day  of  contract signing 

270th   day from the date of contract signing 

a. Any  delay  in  implementation  at  any milestone mentioned  in  the  plan, will  attract  a 

penalty  of  0.5%  of  the  contract  value  of  the  milestone  for  every  7  days  (week  or 

thereof),  subject  to  a maximum of  10% of  the Total  Contract  value. Maximum delay 

permitted will be 90 days beyond which the agreement is liable to be terminated and 

bidder performance guarantee will be forfeited. In such case, department reserves the 

right to make necessary alternate arrangements to complete the project.  

b. The penalties if any will be deducted at the time respective mile stone payment 

Page 17: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 17 of 68

4. Instructions to Bidders  4.1 Completeness  of  Response  a. Bidders  are  advised  to  study  all  instructions,  forms,  requirements  and  other 

information in the RFP documents carefully.  Submission of the bid shall be deemed to have  been done  after  careful  study  and  examination  of  the RFP document with  full understanding of its implications. 

b. The response to this RFP should be full and complete in all respects. Failure to furnish all  information  required  by  the  RFP  documents  or  submission  of  a  proposal  not substantially responsive to this document will be at the Bidder's risk and may result in rejection of its Proposal. 

4.2  Proposal  preparation  costs  &  related  issues  a. The bidder is responsible for all costs incurred in connection with participation in this 

process,  including,  but  not  limited  to,  costs  incurred  in  conduct  of  informative  and other  diligence  activities,  participation  in  meetings/  discussions/  presentations, preparation  of  proposal,  in  providing  any  additional  information  required  by facilitating the evaluation process. 

b.  Will  in no case be responsible or  liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process. 

c. This RFP does not commit to award a contract or to engage in negotiations. Further, no reimbursable cost may be incurred in anticipation of award or for preparing this RFP. 

4.3 Pre­bid  Meeting  a. APTS shall hold a pre‐bid meeting with the prospective bidders as per RFP. 

The Office of the Managing Director Andhra Pradesh Technology Services Ltd., 4th Floor, BRKR Bhavan, Tankbund Road, Hyderabad – 500 063 

b. The Bidders will have to ensure that their queries  for Pre‐Bid meeting should reach by email as per RFP. 

     

The Managing Director Andhra Pradesh Technology Services Ltd., 4th Floor, BRKR Bhavan,  Tankbund Road, Hyderabad – 500 063 Telephone: (040) 2322 0305, (040) 2322 3753 Fax: (040) 2322 7458 :    Email : [email protected] 

Page 18: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 18 of 68

c. All and any queries related to Scope of work, Payment Terms and mode of selection will be entertained during Pre‐bid clarifications meeting. 

d. Max. Two representatives authorized by the company will be permitted to attend the meeting. 

4.4 Responses  to  Pre­bid  Queries  and  Issue  of  Corrigendum  

a. The Nodal Officer notified by the APTS will Endeavour to provide timely response to all  queries.    However,  APTS  makes  no  representation  or  warranty  as  to  the completeness  or  accuracy  of  any  response  made  in  good  faith,  nor  does  APTS undertake to answer all the queries that have been posed by the bidders. 

b. At  any  time  prior  to  the  last  date  for  receipt  of  bids,  APTS  may,  for  any  reason, whether  at  its  own  initiative  or  in  response  to  a  clarification  requested  by  a prospective Bidder, modify the RFP Document by a corrigendum. 

c. The  Corrigendum  (if  any)  &  clarifications  to  the  queries  from  all  bidders  will  be posted in the portal www.eprocurement.gov.in and www.apts.gov.in.  

d. Any such corrigendum shall be deemed to be incorporated into this RFP. 

e. In order to provide prospective Bidders reasonable time for taking the corrigendum into account, APTS may, at  its discretion, extend the  last date  for  the receipt of RFP Proposals. 

4.5 Right  to  terminate  the  process  a. APTS may terminate the RFP process at any time and without assigning any reason. 

APTS makes  no  commitments,  express  or  implied,  that  this  process will  result  in  a business transaction with anyone. 

b. This  RFP  does  not  constitute  an  offer  by  APTS.  The  bidder's  participation  in  this process may result in short listing of the bidder. 

4.6 Preparation  of  Proposals  a. The  Proposal  as  well  as  all  related  correspondence  exchanged  by  the  bidders  and 

APTS shall be written in English language, unless specified otherwise. 

b. In  preparing  their  Proposal,  Consultants  are  expected  to  examine  in  detail  the documents  comprising  the  RFP.  Material  deficiencies  in  providing  the  information requested may result in rejection of a Proposal. 

c. The Technical Proposals shall contain an Executive summary giving a brief overview of  the  manner  in  which  the  bidder  proposes  to  achieve  the  outcomes  and  the assessment of resources required. 

d. The bidder  is  expected  to  submit  the Technical Proposal  as per  the  format given  in 

Page 19: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 19 of 68

Appendix  II.  Submission  of  the wrong  type  of  Technical  Proposal will  result  in  the proposal being deemed non‐responsive. The Technical Proposal shall not include any financial information. 

e. The Financial Proposal shall be prepared as per the format given in Appendix. 

4.7 Submission  of  Responses  a. The bidder shall submit the bid through e‐Procurement platform only. 

b. The  bidder  shall  submit  (3)  proposals  –  Pre­Qualification  Proposal,  Technical Proposal  and  Financial  Proposal  as  per  format  given  in  Appendixes  on  e‐procurement portal. 

c. The original proposal both Technical and Financial shall contain no interlineations or overwriting,  except  as  necessary  to  correct  the  errors  made  by  the  bidders themselves.  The  same  authorized  representative who  has  signed  the  proposal  shall initial the corrections. 

d. An authorized representative of  the bidders shall  initial all  the pages of  the original Technical and Financial Proposals. The authorization shall be  in  the  form of written power  of  attorney  accompanying  the  proposal  and  supported  by  any  evidence  that the representative has been duly authorized to sign. 

e. One copy of the documents necessary for Pre‐Qualification as per the format given in Appendix  I,  shall  be  submitted.  An  authorized  representative  of  the  bidders  shall initial all pages of Pre‐Qualification documents submitted. 

f. The bidder shall submit one softcopy of the Technical Proposal  in the form of a non‐rewriteable  CD.  CD media must  be  duly  signed  using  a  Permanent  pen Marker  and should bear the name of the bidder. 

g. Bidder  must  ensure  that  the  information  furnished  in  the  CD  is  identical  to  that submitted in the original paper document. In case of any discrepancy, the information furnished in the original paper document will prevail over the soft copy. 

4.8 Bid  Submission  Format  a. The entire proposal shall be strictly as per the format specified in this Invitation for 

Expression  of  Interest  and  any  deviation  may  result  in  the  rejection  of  the  RFP proposal. 

b. The documents to be submitted for Pre­Qualification are: 

i. Bid letter form ii. General information on the bidder’s company ‐ Form PQ#1 iii. Turnover details ‐ Form PQ#2  

Page 20: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 20 of 68

iv. List of similar projects executed in last 3 years – Form PQ#3 v. Declaration regarding Clean Track record ‐ Form PQ#4. vi. Valid ISO Certification ‐ Form PQ#­5 vii. Local Presence ‐ Form PQ#­6 viii. EMD 

 

c. The documents to be submitted for Technical Proposal are: 

i. Executive Summary ii. Understanding of the Project – Form TQ#1 iii. Approach & Methodology for project implementation including the project plan 

for scanning, digitization, quality check‐ Form TQ#2 iv. Project team structure, size, capability and deployment plan (Total staffing plan 

including numbers) ‐ Form TQ#3 v. Proposed Work Schedule Plan‐ Form TQ#4. 

 

d. The documents to be submitted for Commercial Proposal are: i. Commercial Proposal submission  letter  ii.  Commercial Form  ‐ Form  F#1 

4.9 Venue  and  deadline  for  submission  a. Proposals must be submitted  through eProcurement Platform only on or before  the 

last date time given.  b. Any  proposal  received  by  the  APTS  after  the  above  deadline  shall  be  rejected.  The 

bidders  should  take  care  in  uploading  their  bids  &  supporting  documents  well  in advance so as to avoid last minute rush & failures. APTS will not entertain any such complaints of failure on the e procurement portal. 

c. The  bids  submitted  by  telex/telegram/fax/e‐mail,  etc.  Shall  not  be  considered.  No correspondence will be entertained on this matter. 

d. APTS  reserves  the  right  to  modify  and  amend  any  of  the  above‐stipulated                    condition  /criterion  depending  upon  assignment/project  priorities  vis‐à‐vis  urgent commitments. 

4.10  Short  listing  Criteria  a. APTS will shortlist bidders who meet the Pre‐Qualification criteria mentioned in this 

Invitation to RFP. b. Any  attempt  by  a  Bidder  to  influence  the  bid  evaluation  Process may  result  in  the 

rejection of its RFP Proposal. c. APTS  will  constitute  a  Proposal  Evaluation  Committee  to  short‐list  the  bidders 

Page 21: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 21 of 68

according the Pre‐Qualification criteria given in this document. 

4.11  Overall  Evaluation  Process  a. The evaluation will be 3 stages i.e., PQ, TQ & Financials of the proposal submitted by 

the bidders. 

b. The  bidders will  be  shortlisted  based  on  the  Pre‐Qualification  criteria  as  given  this RFP document.  

c. The  bidders  who  qualify  in  PQ  evaluation will  be  eligible  for  opening  of  Technical Evaluation.  

d. The  bidders  have  to  score  70  &  more  marks  out  of  100  marks  in  the  Technical Evaluation will be considered for Financial Evaluation. 

e. The Financial Proposals of the bidders who have qualified in the Technical Evaluation will be evaluated.  

f. The qualifying Financial Proposals as the criterion give  in the RFP will be opened & arranged in the sequence of Lowest Bid Amount to Highest Bid Amount.  

g. The Lowest quote will be treated as L1 bidder. 

Note: APTS may ask bidders at this stage to given Technical Presentation on their Technical solution. Venue, Date & time will be communicated to the PQ qualified bidders at Technical Evaluation stage. 

4.12 Evaluation  and  comparison  of  financial  bids  a. Evaluation of financial bids will exclude and not take into account any offer not asked 

for or not relevant to the present requirements of user. 

b. Evaluation of financial bid will take into account, in addition to the basic bid price, one or more of the following factors 

• The projected costs for the entire contract period; • Past track record of bidder in supply/ services and • Any  other  specific  criteria  indicated  in  the  tender  call  and/or  in  the 

specifications. 

4.13 Work  allocation  procedure    

1. APTS proposes to make allotment of Districts as follows: 

a. Uniform price  for  all  the  13 Districts  proposed  in  the  state will  be  arrived  at 

based on L1 price received. 

Page 22: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 22 of 68

b. After determining the L1 price, the other bidders will be asked to match the L1 

price  to  qualify  themselves  for  allotment  of  blocks.  If  any  bidder  does  not 

accept  to match  the  price,  the  next  in  the  line  bidder  as  per  the  price  quote 

received will be asked to match  the L1 price and thereon to arrive at a  list of 

bidders in the same sequence of priority.  

L1 bidder will be allotted Group­A (5 Districts)  

L2 bidder who matches L1 prices will be allotted Group B (4 Districts)  

L3 bidder who matches L1 prices will be allotted Group­C (4 Districts). 

    In case of L2 AND L3 are not matching to L1 Price, all groups may be given to L1 Bidder. 

c. Reserved bidders who have accepted  the L1 price but did not get any blocks, 

such bidders list shall be maintained as  ‘Reserve bidders’  for  future allocation 

of group/ Part of group  in case of poor performance/non performance of  the 

contracted bidders.  

d. The EMDs submitted by the Reserve bidders shall be retained with APTS till the 

contract tenure. 

Page 23: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 23 of 68

5 Technical Evaluation Criteria Project  Evaluation  Committee  (PEC)  will  evaluate  the  Technical  Proposals  of  the  Pre‐Qualified bidders as per the following criteria: 

# Technical Evaluation Parameter 

Description  Maximum Marks 

1. 

Past experience of Similar projects  

 

No of similar Maintenance projects handled by the bidder along with  the  features mentioned  in  the RFP  in  the  last three years i.e., 2011‐12, 2012‐13 & 2013‐14. • <=2 Projects                               – 10 Marks • 3 Projects                                   – 15 Marks • >3 Projects                                – 20 Marks 

Supporting documents  including Purchase Orders/ work orders & Completion Certificate should be submitted. 

20 

2 Understanding the project 

Work break down,  implementation plan  and  assignment of roles and responsibilities within the team  20 

Project Staff : Experience  and Competence for the assignment 

The evaluation will be done on the following sub criteria • Project Manager                            ‐ 10 Marks • District Manger                             ‐  10 Marks   

20 

Marks (a)  60 

4 Presentation & Work Demo 

Correct Demonstration   40 

Marks (b)  40 

Total Marks (a+b)  100 

 

Page 24: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 24 of 68

6 Award of Contract  

The proposals will be arranged  lowest bid amount  to Highest bid amount. The bidder with 

lowest quote is L1 bidder & will be considered for Award of Contract.  

Note: Digitization work has been divided  into 3 groups namely A, B and C as per clause 3.1  in 

this RFP.  

 

 7 Contract Period 

 

The contract period is as per clause no. 3.5 from date of signing of agreement.  

7.1 Contract  amendment  No variation in or modification of the terms of the Contract shall be made except by written 

amendment signed by the parties. 

Page 25: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 25 of 68

8 Statement of important limits/values related to bid #  Item  Description 

1  EMD 

Rs.25,00,000/­ (Rupees Twenty Five lakhs only) Note: Scanned copy of EMD document should be uploaded on e‐Procurement website. The Original Copy of EMD should be submitted to APTS before opening of PQ bid. 

2  Bid Validity Period  90 days from the date of opening of bids 

3  EMD Validity Period 

90 days  Demand Draft (DD) / BG will be accepted as EMD.  Date on DD/ BG should be later date than the date of issue of pre‐bid minutes. 

4  Variation  in quantities 

+/‐ 25% 

5  Period  for  furnishing performance security 

Within 7 days from date of receipt of Notification of Award 

6  Performance security value 

10%  of  Contract  Value  in  favor  of  ““Director,  Survey Settlements  &  Land  Records/  Respective  District Collector” from any Nationalized / Scheduled Banks. 

7  Performance security validity period 

90 days beyond contract period 

8  Period  for  signing contract 

Within 10 days from date of receipt of Notification of Award 

12  Conditional bids  Not acceptable and liable for rejection 

13  Eligibility Criteria  As per RFP 

14  Transaction Fee 

Transaction fee: All the participating bidders who submit the bids have  to pay an amount @ 0.03% of  their  final bid value online with a cap of Rs.10,000/‐ for quoted value of purchase up  to  Rs.50  crores  and  Rs.25000/‐  if  the  purchase  value  is above  Rs.50  crores  &  service  tax  applicable  or  as  levied  by Govt.  of  India  on  transaction  fee  through  online  in  favour  of MD, APTS. The amount payable to APTS is non refundable. Corpus Fund: Successful bidder has to pay an amount of 0.04% on quoted value through demand draft in favour of Managing Director, APTS, Hyderabad towards corpus fund at the time of concluding agreement. 

Page 26: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 26 of 68

15  Bid submission 

On Line. 

Bidders are requested to submit the bids after issue of minutes of  the  pre  bid meeting duly  considering  the  changes made  if any,  during  the  pre‐bid  meeting.  Bidders  are  totally responsible  for  incorporating/  complying  the  changes/ amendments issued if any during pre‐bid meeting in their bid.  However, hard copies of PQ& TQ bids to be submitted to APTS in separate sealed covers with proper titles on Bid Submission Date. 

16  Procedure  for  Bid Submission 

Bids  shall  be  submitted  online  on www.eprocurement.gov.in platform 1.  The  participating  bidders  in  the  tender  should  register themselves  free  of  cost  on  e‐procurement  platform  in  the website www.eprocurement.gov.in. 2.  Bidders  can  log‐in  to  e‐procurement  platform  in  Secure mode only by signing with the Digital certificates. 3.  The  bidders  who  are  desirous  of  participating  in  e‐procurement  shall  submit  their  technical  bids,  price  bids  as per the standard formats available at the e‐market place. 4.  The  bidders  should  scan  and  upload  the  respective documents  in  Pre‐Qualification  and  Technical  bid documentation  as  detailed  in  the  RFP  including  EMD.  The bidders shall sign on all the statements, documents certificates uploaded  by  them,  owning  responsibility  for  their correctness/ authenticity. 5. The rates should be quoted in online only 

Page 27: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 27 of 68

17  Other conditions 

1. After uploading  the documents,  the copies of  the uploaded statements,  certificates,  documents  (except  the  Price  bid/ offer/ break‐up of taxes) are to be submitted by the bidder to  the  O/o  The  Managing  Director,  APTS,  BRKR  Bhavan, Hyderabad as and when required. 

Failure to furnish any of the uploaded documents, certificates, will  entitled  in  rejection  of  the  bid.  The  APTS  shall  not  hold any  risk  on  account  of  postal  delay.  Similarly,  if  any  of  the certificates, documents, etc., furnished by the Bidder are found to be false/ fabricated/ bogus, the bidder will be disqualified, blacklisted,  action will be  initiated as deemed  fit  and  the Bid Security will be forfeited. 2.  APTS  will  not  hold  any  risk  and  responsibility  regulating non‐visibility of the scanned and uploaded documents. 3. The Documents that are uploaded online on e‐market place will only be considered for Bid Evaluation. 4. Important Notice to Contractors, Suppliers and Department users (i)In the endeavor to bring total automation of processes in e‐Procurement,  the Govt.  has  issued  orders  vide G.O.Ms.No.  13 dated.  5.7.2006  permitting  integration  of  electronic  Payment Gateway  of  ICICI/  HDFC/  Axis  Banks  with  e‐Procurement platform, which provides a  facility  to participating suppliers/ contractors  to  electronically  pay  the  transaction  fee  online using their credit cards. 5. The prime bidder shall purchase the bid document. The bid can be filed with user ID of bidder. 

 

Page 28: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 28 of 68

9 General Instructions 9.1 Definitions  a. Tender  call  or  invitation  for  bids  means  the  detailed  notification  seeking  a  set  of 

solution(s), service(s), materials or any combination of them. 

b. Specification means the functional and technical specifications or statement of work, as the case may be. 

c. Firm  means  a  Company,  Authority,  Society,  Trust,  Co‐operative  or  any  other Organization incorporated under appropriate statute as is applicable in the country of incorporation. 

d. Bidder means any firm offering the solution(s), service(s) and/or materials required in the tender call. The word Bidder/bidder when used in the pre award period shall be synonymous with bidder  and when used  after  award of  the  contract  shall mean  the successful  bidder  with  whom  SS&LR  signs  the  contract  for  rendering  of  goods  and services. 

e. Pre­qualification  and  Technical  bid  means  that  part  of  the  offer  that  provides information  to  facilitate  assessment  by  APTS,  professional,  technical  and  financial standing of the bidder, conformity to specifications etc. 

f. Financial Bid means that part of the offer, that provides price schedule, total project costs etc. 

g. Three  part  Bid  means  the  Pre‐qualification  bid,  Technical  and  Financial  bids submitted in e‐procurement. 

h. Two part Bid means the Technical bid and financial bids submitted in e‐procurement and their evaluation is sequential. 

i. Composite bid means a bid  in which the technical and financial parts are combined into one but their evaluation is sequential. 

j. Goods and services mean  the  solution(s),  service(s), materials  or  a  combination  of them in the context of the tender call and specifications. 

k. The word goods when used singly shall mean the hardware,  firmware component of the goods and services. 

9.2 General  Eligibility  a. This invitation for bids is open to all Bidders both from within and outside India, who 

are eligible to do business in India under relevant Indian laws as is in force at the time of bidding subject to meeting the pre‐qualification criterion. 

b. Bidders  marked/considered  by  APTS  to  be  ineligible  to  participate  for  non‐satisfactory  past  performance,  corrupt,  fraudulent  or  any  other  unethical  business 

Page 29: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 29 of 68

practices shall not be eligible. 

c. Bidder debarred/ blacklisted by any Central or State Govt./ Quasi –Govt. Departments or organizations as on bid calling date for non‐satisfactory past performance, corrupt, fraudulent or any other unethical business practices shall not be eligible. 

d. Breach of general or specific instructions for bidding, general and special conditions of contract with APTS or any of  its user organizations may make a firm ineligible to participate in bidding process. 

9.3 Bid  forms  a. Wherever a specific form is prescribed in the bid document, the bidder shall use the 

form  to  provide  relevant  information.  If  the  form  does  not  provide  space  for  any required information, space at the end of the form or additional sheets shall be used to convey the said information. 

b. For all other cases the bidder shall design a form to hold the required information. 

9.4 Cost  of  bidding  a. The bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its 

bid, and APTS will in no case be responsible for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process. 

b. Bidder is expected to examine all instructions, forms, terms, and specifications in the bidding  documents.  Failure  to  furnish  all  information  required  by  the  bidding documents or to submit a bid not substantially responsive to the bidding documents in every respect will be at the bidder’s risk and may result in the rejection of its bid. 

c. The participating bidder should purchase the document and enclose a receipt of the same with the bid document. 

9.5 Clarification  of  bidding  documents  a. A prospective Firm/ bidder requiring any clarification of the bidding documents may 

notify APTS contact person. Written copies/ e‐mail of  the APTS response (including an explanation of the query but without identifying the source of inquiry) will be sent to all prospective bidders that have received the bidding documents. 

b. The  concerned  person  will  respond  to  any  request  for  clarification  of  bidding documents  which  it  receives  no  later  than  bid  clarification  date  mentioned  in  the notice  prior  to  deadline  for  submission  of  bids  prescribed  in  the  tender  notice.  No clarification  from any bidder shall be entertained after  the closure of date and  time for  seeking  clarification  mentioned  in  tender  call  notice.  It  is  further  clarified  that APTS  shall  not  entertain  any  correspondence  regarding  delay  or  non‐receipt  of 

Page 30: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 30 of 68

clarification from APTS.  

9.6 Amendment  of  bidding  documents  a. At  any  time  prior  to  the  deadline  for  submission  of  bids,  APTS,  for  any  reason, 

whether  at  its  own  initiative  or  in  response  to  a  clarification  requested  by  a prospective bidder, may modify the bidding documents by amendment. 

b. All prospective bidders those have received the bidding documents will be notified of the amendment and such modification will be binding on all bidders. 

c. In  order  to  allow  prospective  bidders  reasonable  time  in  which  to  take  the amendment  into  account  in  preparing  their  bids,  the  APTS,  at  its  discretion,  may extend the deadline for the submission of bids.  

9.7 Period  of  validity  of  bids  a. Bids  shall  remain  valid  for  the180  days  or  duration  specified  in  the  bid  document, 

after the date of the financial bid opening prescribed by APTS. A bid valid for a shorter period shall be rejected as non‐responsive.  

b. In  exceptional  circumstances,  the  APTS  may  solicit  the  bidders’  consent  to  an extension of the period of bid & EMD validity. The request and the responses thereto shall  be made  in writing. The bid  security  shall  also be  suitably  extended. A bidder granting the request will not be   permitted to modify its bid. 

9.8 Submission  of  bids  The bidders shall submit all the bids i.e., Pre­Qualification, Technical and Financial Bids on e‐Procurement website only. 

9.9 Deadline  for  submission  of  bids  a. Bids must be submitted on e‐procurement website not later than the bid submission 

date and time specified in the tender call notice. 

b. The APTS may,  at  its  discretion,  extend  this  deadline  for  the  submission  of  bids  by amending  the  tender  call,  in which  case  all  rights  and  obligations  of  the  APTS  and bidders previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended. 

9.10 Late  bids  Any bid not received by the APTS contact person by the deadline for submission of bids will 

be rejected and returned unopened to the bidder. 

 

Page 31: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 31 of 68

9.11 Modification  and  withdrawal  of  bids  a. No bid can be modified subsequent to the deadline for submission of bids. 

b. No bid can be withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and  the  expiration  of  the  period  of  bid  validity.  Withdrawal  of  a  bid  during  this interval will result in the forfeiture of its bid security (EMD). 

9.12 General  Business  information  The  bidder  shall  furnish  general  business  information  to  facilitate  assessment  of  its professional, technical and commercial capacity and reputation.  

9.13 Bid  security  i.e.  earnest  money  deposit  (EMD)  a. The bidder shall furnish, as part of its bid, a bid security for the amount specified in 

the tender call notice. 

b. The bid security is required by APTS to: 

• Assure bidder’s continued interest till award of contract and • Conduct in accordance with bid conditions during the bid evaluation process. 

c. The  bid  security  shall  be  in  Indian  Rupees  and  shall  be  a  bank  guarantee,  or  an irrevocable letter of credit or cashier’s certified check, issued by a Reputed scheduled Bank in India and having at least one branch office in Hyderabad 

d. Unsuccessful  bidder’s  bid  security  will  be  discharged  or  returned  as  promptly  as possible but not later than thirty (30) days. 

e. The bid security may be forfeited: 

• if a bidder withdraws its bid during the period of bid validity  or • in the case of a successful bidder, if the bidder fails: 

to sign the contract in time; or   to furnish performance security. 

9.14 Preparation  of  Pre­qualification  (PQ)  bids  It shall contain of the following parts: 

i. Bid letter form ii. General information on the bidder’s company ‐ Form PQ#1 iii. Turnover details ‐ Form PQ#2  iv. List of similar projects executed in last 3 years – Form PQ#3 v. Declaration regarding Clean Track record ‐ Form PQ#4 vi. Valid ISO Certification ‐ Form PQ#5 vii. Local Presence ‐ Form PQ#6 

Page 32: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 32 of 68

viii. Bid Security (EMD). The bidders who qualified in PQ evaluation will only be short listed and eligible for participating Technical opening. 

9.15 Preparation  of  Technical  Qualification  (TQ)  Bid.  It shall consist of the following parts. 

i. Executive Summary 

ii. Understanding of the Project – Form TQ#1 

iii. Approach & Methodology for project implementation including the project plan for scanning, digitization, quality check‐ Form TQ#2 

iv. Project team structure, size, capability and deployment plan (Total staffing plan including numbers) ‐ Form TQ#3 

v. Proposed Work Schedule Plan‐ Form TQ#4. 

The bidders who qualified in TQ evaluation will only be short listed and eligible for participating Financial bid opening 

9.16 Preparation  of  Financial  bid  The documents to be submitted for Commercial Proposal are: 

1.  Commercial Proposal submission ‐ Form F#1  

a. Overview of financial bid The financial bid should provide cost calculations corresponding to each component of the project. i. Bid prices(Including all taxes) 

a. The bidder shall indicate the unit prices (where applicable) and the total bid price of the goods/services it proposes to supply under the contract. 

b. The bidder shall indicate Basic Prices and taxes, duties etc. (If required) in the form prescribed.    

c. Prices (including all Taxes) quoted by the bidder shall be fixed during the bidder’s performance of the contract and not subject to variation on any account unless otherwise specified in the tender call. A bid submitted with an adjustable price (including all taxes) quotation will be treated as non‐responsive and will be rejected.  

9.17  Bid  currency  Prices (including all taxes) shall be quoted in Indian Rupees. 

Page 33: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 33 of 68

9.18 Term  and  Extension  of  Contract  

a. The term of this Contract shall be for a period as indicated in the contract and contract shall  come  to  an  end on  expiry  of  such  period  except when  its  term  is  extended  by SS&LR Dept. 

b. SS&LR dept. shall reserve the sole right to grant any extension to the term mentioned above on mutual agreement including fresh negotiations on terms and conditions.  

c. When  the  3  years  term  of  contract  with  the  service  provider  expires,  the  Service Provider  is  required  to  conduct  a  parallel  run  for  one month with  any  new  agency identified. 

9.19 Suspension  of  Work  

a. The Service Provider shall,  if ordered in writing by APTS representative, temporarily suspend  the maintenance  or  any  part  thereof  for  such  a  period  and  such  a  time  as ordered.  

b. The  Service  Provider  shall  not  be  entitled  to  claim  compensation  for  any  loss  or damage  sustained  by  him  by  reason  of  temporary  suspension  of  the  Works  as aforesaid.  

9.20 Force  majeure  a. The  Bidder  shall  not  be  liable  for  forfeiture  of  its  performance  security,  liquidated 

damages, or termination for default if and to the extent that its delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.  

b. For purposes of this clause, “Force Majeure” means an event beyond the control of the Bidder and not  involving the Supplier’s  fault or negligence and not  foreseeable. Such events  may  include,  but  are  not  restricted  to,  acts  of  the  State  Government  in  its sovereign  capacity,  wars  or  revolutions,  fires,  floods,  epidemics,  quarantine restrictions and freight embargoes.  

c. If  a  Force  Majeure  situation  arises,  the  bidder  shall  promptly  notify  the  APTS  in writing  of  such  condition  and  the  cause  thereof.  Unless  otherwise  directed  by  the APTS/  SS&LR  dept.  in  writing,  the  bidder  shall  continue  to  perform  its  obligations under  the  Contract  as  far  as  is  reasonably  practical,  and  shall  seek  all  reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event. 

   

Page 34: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 34 of 68

9.21 Terminate  the  Contract  a. Retain such amounts from the payment due and payable by SS&LR dept to the Service 

Provider as may be required to offset any  losses caused to SS&LR dept as a result of such event of default and the Service Provider shall compensate SS&LR dept  for any such  loss,  damages  or  other  costs,  incurred  by  SS&LR  dept  in  this  regard.  Nothing herein shall effect the continued obligation of the Service Provider / other members of its Team to perform all their obligations and responsibilities under this Contract in an identical manner as were being performed before the occurrence of the default.   

b. Invoke  the Performance Bank Guarantee and other Guarantees  furnished hereunder, enforce  the  Deed  of  Indemnity,  recover  such  other  costs/losses  and  other  amounts from the Service Provider may have resulted from such default and pursue such other rights and/or remedies that may be available to SS&LR dept. under law. 

9.22 Termination  SS&LR dept may  terminate  this  contract  in whole or  in part by giving  the Service Provider prior and written notice indicating its intention to terminate the Contract under the following circumstances: 

• Where  it comes  to SS&LR dept. attention  that  the Service Provider (or  the  Identified agency) is in a position of actual conflict of interest with the interests of SS&LR dept. in relation to any of terms of the Identified agency, the tender or this Contract. 

• Where  the  Service  Provider  ability  to  survive  as  an  independent  corporate  entity  is threatened or is lost owing to any reason whatsoever including  inter alia the filing of any  bankruptcy  proceedings  against  the  implementation  agency,  any  failure  by  the Service Provider to pay any of its dues to its creditors, the institution of any winding up proceedings against the Service Provider or the happening of any such events that are adverse to the commercial viability of the implementation agency.  In the event of the happening of any events of the above nature, SS&LR dept. shall reserve the right to take any  steps  as  are necessary  to  ensure  the  effective  transition of  the project  to  a successor implementation agency/service provider, and to ensure business continuity. 

• Termination  for Default:  SS&LR  dept.  may  at  any  time  terminate  the  Contract  by giving 30 days written notice to the implementation agency without compensation to the implementation agency in the event of default on the part of the Service Provider which may  include  failure  on  the  part  of  the  Service  Provider  to  respect  any  of  its commitments with  regard  to  any  part  of  its  obligations  under  its  bid,  the  tender  or under this contract. 

9.23 Termination  for  insolvency  The SS&LR dept. / APTS may at any time terminate the contract by giving 30 days written 

Page 35: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 35 of 68

notice  to  the bidder  if  the bidder becomes bankrupt  or  otherwise  insolvent.  In  this  event, termination will be without compensation to the bidder, provided that such termination will not  prejudice  or  affect  any  right  of  action  or  remedy  which  has  accrued  or  will  accrue thereafter to the SS&LR dept /APTS. 

9.24 Termination  for  convenience  a. The  SS&LR  dept.  /APTS,  may  at  any  time  by  giving  30  days  written  notice  to  the 

bidder, terminate the Contract,  in whole or  in part,  for  its convenience. The notice of termination shall specify that termination is for the SS&LR dept. / APTS /Purchaser’s convenience,  the  extent  to  which  performance  of  the  Bidder/bidder  under  the Contract is terminated, and the date upon which such termination becomes effective. 

b. The deliverables of  the DIGITIZATION project will be  taken over by  the SS&LR dept. from  the date  of  service  termination &  any delay  in handing over  these  equipments will not be acceptable & will be viewed severely for appropriate action. 

c. The  client    may  in  the  following  events  after  giving  a  prior  notice  and  conducting investigations  if  required,  terminate  the  contract  forfeiting  the  bid  security  and  any sums due for payment to the Bidder:‐  

• If  the  value  of  the  penalty  for  different  services  together  exceeds 10% of  the contract amount for 1 year.  

• If the Bidder becomes Bankrupt or financially insolvent during currency of the contract.  

• If it is found that the bidder has been convicted for any unlawful activities.  • If  it  is  found  that  bidder has made  gross misconduct  or  involved  in practices 

injurious to the image and interest of the client or has failed in performing his duties as per contract.  

9.25 Resolution  of  disputes  a. The SS&LR dept. and the Bidder shall make every effort to resolve amicably by direct 

informal negotiation any disagreement or dispute arising between  them under or  in connection with the contract. 

b. If,  after  thirty  (30) days  from  the  commencement of  such  informal negotiations,  the SS&LR dept. and the Bidder have been unable to resolve amicably a contract dispute, either  party  may  require  that  the  dispute  be  referred  for  resolution  to  the  formal mechanisms specified here in. These mechanisms may include, but are not restricted to, conciliation mediated by a third party. 

c. The dispute resolution mechanism shall be  as follows: 

Page 36: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 36 of 68

• In  case  of  a  dispute  or  difference  arising  between  the  SS&LR  DEPT  and  the Bidder relating to any matter arising out of or connected with  this agreement, such  disputes  or  difference  shall  be  settled  in  the  presence  of  CCLA,  Andhra Pradesh. CCLA will be the arbitrator. 

9.26 Application  These general conditions shall apply to the extent that they are not superseded by provisions 

of other parts of the contract. 

9.27 Standards  The  goods  and  services  supplied  under  this  contract  shall  conform  to  the  standards 

mentioned  in  the  specifications,  and,  when  no  applicable  standard  is  mentioned,  the 

authoritative  standards  appropriate  to  the  goods’  country  of  origin  shall  apply.  Such 

standard shall be the latest issued by the concerned institution. 

9.28  Use  of  documents  and  information  a. The bidder shall not, without prior written consent from APTS, disclose/share/use the 

bid document, contract, or any provision thereof, or any information furnished by or on  behalf  of  the  APTS  in  connection  therewith,  to  any  person  other  than  a  person employed  by  the  bidder  in  the  performance  of  the  contract.  Disclosure  to  any  such employed person shall be made in confidence and shall extend only so far as may be necessary for purposes of such performance. 

b. The  Bidder  shall  not,  without  prior  written  consent  of  APTS,  make  use  of  any document  or  information  made  available  for  the  project,  except  for  purposes  of performing the Contract. 

c. All project related document ( including this bid document) issued by APTS, other than  the contract itself, shall remain the property of the APTS and shall be returned (in all copies) to the APTS on completion of the bidder’s performance under the contract if so required by the APTS. 

9.29 Implementation  and  Performance  security  a. On  receipt  of  Notification  of  Award  (LoI),  the  Bidders  shall  furnish  performance 

security to SS&LR Dept. in accordance with bid document requirement. 

b. The proceeds of the security shall be payable to the SS&LR Dept as compensation for the supplier's failure to complete its obligations under the contract. 

c. The security shall be denominated in Indian rupees or in a  freely convertible currency acceptable to SS&LR Dept and shall be in one of the following forms: 

Page 37: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 37 of 68

• A bank guarantee or an  irrevocable  letter of  credit,  issued by  a  reputed bank located  in  India  with  at  least  one  branch  office  in  Hyderabad,  in  the  form provided  in  the  bidding  document  or  another  form  acceptable  to  the  SS&LR Dept.;  

(or) 

• A cashier's cheque or banker's certified cheque or crossed demand draft or pay order drawn in favour of the SS&LR Dept. 

d. The security will be discharged by the SS&LR Dept and returned to the Bidder not later than  thirty  (30)  days  following  the  date  of  completion  of  all  formalities  under  the contract. 

e. In the event of any contract amendment, the bidder shall, within 15 days of receipt of such amendment, furnish the amendment to the security, rendering the same valid for the balance duration of the Contract. 

9.30 Acceptance  certificates    

On  successful  completion of  acceptability  test,  receipt  of deliverables  etc,  and after  SS&LR 

DEPT  is  satisfied with  the working  of  the  system,  the  acceptance  certificate  signed by  the 

bidder  and  the  representative  of  the  SS&LR Dept. will  be  issued.  The  date  on which  such 

certificate  is  signed  shall  be  deemed  to  be  the  date  of  successful  commissioning  of  that 

system or component. 

9.31 Insurance  It  is suggested  that  the goods supplied under  the contract shall be  fully  insured  in a  freely 

convertible  currency  against  loss  or  damage  incidental  to  manufacture  or  acquisition, 

transportation, storage, use and delivery up to user site.   

9.32 Governing  language  The contract shall be written in English. All correspondence and other documents pertaining 

to the contract which are exchanged by the parties shall be written in same languages. 

9.33 Applicable  law  The contract shall be interpreted in accordance with appropriate Indian Laws.    

Page 38: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 38 of 68

9.34 Notices  a. Any notice given by one party to the other pursuant to this contract shall be sent to the 

other party in writing or by telex, email, cable or facsimile and confirmed in writing to the other party’s address. 

b. A  notice  shall  be  effective  when  delivered  or  tendered  to  other  party  whichever  is earlier. 

9.35  Taxes  and  duties  All Taxes and Duties will be the responsibility of Service Provider.  

9.36 Special  Conditions  IPR  of  SS&LR  logo,  Sign  or  any  other  Mark  related  to  this  Project  shall  be  the  exclusive 

property of SS&LR Department. 

In case of any conflict between other terms and conditions of RFP and Special Conditions, the 

provisions of this section shall override provisions indicated elsewhere in the RFP. 

9.37 Corrupt  or  Fraudulent  Practices    APTS requires that all the bidders should observe the highest standard of ethics during the 

RFP  selection  process.    In  pursuant  to  this  policy,  APTS  defines  for  the  purposes  of  this 

provision, the terms set forth as follows  

a) “corrupt  practice”  means  behaviors  on  the  part  of  officials  in  the  public  sectors  by which they improperly and unlawfully enrich themselves and / or those close to them, or  induce others  to do  so,  by misusing  the position  in which  they  are placed,  and  it includes the offering / giving receiving, or soliciting of anything of value to influence the action of any such official in the selection process.  

b) “fraudulent  practice”  means  a  misrepresentation  of  facts  in  order  to  influence  a selection  process  to  the  determent  of  the  Purchaser,  and  includes  collusive  practice among bidders  (prior  to or after  bid  submission) designed  to establish bid prices at artificial  non‐competitive  levels  and  to  deprive  the Purchaser  of  the  benefits  of  free and open competition. 

APTS will reject a proposal  for award if  it determines that the bidder qualified  in PQ & TQ 

stage  has  engaged  in  corrupt  or  fraudulent  practices  in  competing  for  the  contract  in 

question. APTS will declare a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, 

if it at any time it is determined that the firm has engaged in corrupt or fraudulent practices 

in competing. 

Page 39: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 39 of 68

9.38 In  lab  proof  of  concept  The in lab proof of concept on demand may be organized either in APTS or in the bidder’s lab 

by mutual discussion. In case it is organized in APTS lab, APTS would make available generic 

hardware  for  this  purpose.  Application  specific  hardware  and  software  will  have  to  be 

brought in by the bidder. 

 

Page 40: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 40 of 68

10 General Conditions of Contract (GCC) 10.1 Definitions  In  this  contract,  the  following  terms  shall  be  interpreted  as  indicated.  Terms  defined  in general instructions to bidders section shall have the same meaning. 

a. “Contract” means  the  agreement  entered  into  between  the APTS  and  the  bidder,  as 

recorded  in  the  contract  form  signed  by  the  parties,  including  all  attachments  and 

appendices thereto and all documents incorporated by reference therein; 

b. “Contract price” means the price payable to the bidder under the contract for the full 

and proper performance of its contractual obligations; 

c. “Incidental services” means  those services ancillary  to  the supply of  the goods and 

services, such as transportation and insurance, and any other incidental services, such 

as  installation,  commissioning,  provision  of  technical  assistance,  training  and  other 

such obligations of the bidder covered under the contract;  

d. “GCC” means the general conditions of contract contained in this section. 

e. “SCC” means the special conditions of contract if any. 

f. “APTS” means the Andhra Pradesh Technology Services Ltd.  

g. “Purchaser/ User” means ultimate recipient of goods and services 

h. “Vendor or Bidder “ means the  individual or  firm supplying the goods and services 

under this contract.  

i. “Project site”, where applicable, means  the place(s) where goods/services are  to be 

made available to user.  

j. “Day” means calendar day. 

k. ”Up time” means the time period when specified services with specified technical and 

service standards  are available to user(s) 

l. ”Down time” means the time period when specified services with specified technical 

and service standards are not available to user(s).  

 

Page 41: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 41 of 68

10.2  Application  These general conditions shall apply to the extent that they are not superseded by provisions 

of other parts of the contract. 

10.3 Standards  The  goods  supplied  under  this  contract  shall  conform  to  the  standards mentioned  in  the 

specifications,  and, when no applicable  standard  is mentioned,  the authoritative  standards 

appropriate  to  the  goods’  country  of  origin  shall  apply.  Such  standard  shall  be  the  latest 

issued by the concerned institution. 

10.4 Use  of  documents  and  information  a. The bidder shall not, without prior written consent from APTS, disclose/share/use the 

bid document, contract, or any provision thereof, or any specification, plan, drawing, pattern,  sample  or  information  furnished by  or  on behalf  of  the APTS  in  connection therewith,  to  any  person  other  than  a  person  employed  by  the  vendor  in  the  performance of the contract. Disclosure to any such employed person shall be made in confidence  and  shall  extend  only  so  far  as  may  be  necessary  for  purposes  of  such performance. 

b. The  bidder  shall  not,  without  prior  written  consent  of  APTS,  make  use  of  any document  or  information  made  available  for  the  project,  except  for  purposes  of performing the Contract. 

c. All project related document (including this bid document) issued by APTS, other than  the contract itself, shall remain the property of the APTS and shall be returned (in all copies) to the APTS on completion of the Vendor’s performance under the contract if so required by the APTS. 

10.5 User  license  and  patent  rights  a. The bidder shall provide licenses for all software products, whether developed by it or 

acquired from others. In the event of any claim asserted by a third party for software 

piracy, the vendor shall act expeditiously to extinguish such claim. If the vendor fails to 

comply and the APTS is required to pay compensation to a third party resulting from 

such software piracy,  the vendor shall be responsible  for compensation  including all 

expenses, court costs and lawyer fees.  The APTS will  give notice to the vendor of such 

claim, if it is made, without delay. 

Page 42: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 42 of 68

b. The  Vendor  shall  indemnify  the  purchases  against  all  third  party  claims  of 

infringement of patent,  trademark or  industrial design rights arising  from use of  the 

goods, software package or any part thereof. 

10.6  Performance  security  c. On receipt of notification of award,  the Vendor shall  furnish performance security  to 

APTS in accordance with bid document requirement. 

d. The proceed of the performance security shall be payable to the APTS as compensation  for any loss resulting from the supplier’s failure to complete  its obligations under the contract. 

e. The  performance  security  shall  be  denominated  in  Indian  rupees  or  in  a  freely convertible currency acceptable to APTS and shall be in one of the following forms: 

a. A bank guarantee or an  irrevocable  letter of  credit,  issued by  a  reputed bank located  in  India  with  at  least  one  branch  office  in  Hyderabad,  in  the  form provided in the bidding document or another form acceptable to the APTS; or 

b. A cashier’s cheque or banker’s certified cheque or crossed demand draft or pay order drawn in favour of the APTS. 

f. The performance security will be discharged by the APTS and returned to the Vendor not later than thirty (30) days following the date of completion of all formalities under the  contract    and  if  activities,  post  warranty,  by  the  Vendor  is  envisaged,  following receipt of a performance guarantee for annual maintenance as per bid document. 

g. In the event of any contract amendment, the vendor shall, within 15 days of receipt of such amendment, furnish the amendment to the performance security, rendering the same valid for the duration of the Contract. 

10.7 Warranty  

a. The bidder warrants that the goods and services supplied under the contract are new, unused,  of  the most  recent  or  current  models,  and  that  they  incorporate  all  recent improvements in design and materials unless provided otherwise in the contract. The bidder further warrants that all goods and services supplied under this contract shall have  no  defect  arising  from  design,  materials  or  workmanship  or  from  any  act  or omission of the Vendor, that may develop under normal use of the supplied goods  in the conditions prevailing in  the country of final destination. 

b. The warranty  period  for  the  data  submitted  shall  be  6 months.  The  bidder  shall,  in addition, comply with the performance guarantees specified under the contract. If, for reasons attributable  to  the Vendor,  these guarantees are not attained  in whole or  in 

Page 43: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 43 of 68

part, the bidder shall, make such changes, modifications, and/or additions to the goods or any part thereof as may be necessary in order to attain the contractual guarantees specified  in  the  contract  at  its  own  cost  and  expenses  and  to  carry  out  further performance tests.  

c. APTS/user shall promptly notify the Vendor in writing of any claims arising under this warranty. 

d. Upon receipt of such notice, the Vendor shall, within the period specified in GCC and with all reasonable speed, repair or replace the defective goods and services or  parts thereof, without costs to the user. 

e. If  the bidder, having been notified,  fails  to  remedy  the defect(s) within a  reasonable period, the APTS/user may proceed to take such remedial action as may be necessary, at the bidder’s risk and expense and without prejudice to any other rights which the APTS /user may have against the Vendor under the contract.  

10.8  Payment  a. The  bidder’s  request(s)  for  payment  shall  be  made  to  the  APTS/  Department  in 

writing,  accompanied  by  an  invoice  describing,  as  appropriate,  the  goods/service delivered/ performed. 

b. Payments shall be made promptly by the APTS/ Department, but in no case later than   (30) days after submission of a valid invoice or claim by the vendor. 

c. The currency of payment will be Indian rupees.  

d. Payment shall be made as indicated in Bid document. 

e. The  annual maintenance  and  repair  cost  as  per  separate  agreement  if  any,  shall  be paid in equal quarterly installments at the end of each quarter as per the rates quoted and agreed.  

a. Payment will be made through Cheque/ Online. 

10.9 Prices  Prices charged by the Vendor for goods delivered and services performed under the contract 

shall not vary from the prices quoted by the Vendor in its bid, with the exception if any price 

adjustments  authorized  in  special  conditions  of  contract  or  in  the  request  for  bid  validity 

extension, as the case may be. 

10.10 Change  orders  APTS  may,  at  any  time,  by  written  order  given  to  the  Vendor,  make  changes  within  the 

Page 44: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 44 of 68

general scope of the Contract in any one  or more of the following: 

a. Drawing, designs, or specifications, where Goods  to be   supplied  under  the  Contract are  to   be specifically manufactured for the APTS; 

b. The method of shipment or packing; 

c. The place of delivery  and/or  the  services  to be provided by  the Vendor.  If  any  such change  causes  an  increase  or  decrease  in  the  cost  of,  or  the  time  required  for,  the vendor’s performance of any provisions under  the contract, an equitable adjustment shall be made in the contract price or delivery schedule or both, and the contract shall accordingly be amended. Any claims by  the Vendor  for adjustment under  this clause must be asserted within thirty (30) days from the date of  the Vendor’s receipt of the change order.  

10.11 Contract  amendment  No variation in or modification of the terms of the Contract shall be made except by written 

amendment signed by the parties. 

10.12 Assignment   The  Vendor  shall  not  assign,  in  whole  or  in  part,  its  obligations  to  perform  under  this 

Contract, except with the prior written consent from APTS/Department. 

10.13 Subcontracts  Subcontracting is not allowed under this project. 

10.14 Delays  in  the  supplier’s  performance  a. Delivery of the Goods and performance of the services shall be made by the Vendor in 

accordance with the time schedule specified by the APTS in the specifications. 

b. If at any time during performance of the Contract, the Vendor or its subcontractor(s) should encounter conditions impending timely delivery of the goods and performance of  services,  the  Vendor  shall  promptly  notify  the  APTS  in  writing  of  the  fact  of  the delay,  its  likely duration  and  its  cause(s). As  soon  as practicable  after  receipt  of  the vendor’s notice, APTS shall evaluate the situation and may at its discretion extend the Vendor’s time for performance, with or without liquidated damages. 

Page 45: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 45 of 68

c. A delay by the Vendor in the performance of  its delivery obligations shall render the vendor liable to the imposition of appropriate liquidated damages, unless an extension of time is agreed upon by APTS without liquidated damages. 

10.15 Liquidated  damages  If the Vendor fails to deliver any or all of the goods or perform the services within the time 

period(s) specified  in  the Contract,  the APTS shall, without prejudice  to  its other remedies 

under the Contract, deduct from the Contract Price, as liquidated damages, a sum equivalent 

to,  as  per  the  terms  indicated  in  the  bid  document,  until  actual  delivery  or  performance, 

subject  to  maximum  limit.  Once  the  maximum  is  reached,  the  APTS  may  consider 

termination of the contract.   

10.16 Termination  for  default  a. The APTS, without prejudice  to any other  remedy  for breach of Contract, by written 

notice of default sent to the Vendor, may terminate the Contract in whole or in part:  

• if  the Vendor  fails  to deliver any or all of  the Goods/services   within the time period(s) specified in the contract, or within any extension there of granted by  the APTS.  

• if  the  Vendor  fails  to  perform  any   other obligation(s) under the Contract or  

• if the Vendor, in the judgment of the APTS has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Contract.  

b. In the event the APTS terminated the contract in whole or in part, APTS may procure, upon  such  terms  and  in  such  manner  as  it  deems  appropriate,  goods  or  services similar  to  those undelivered,   and    the Vendor shall be  liable  to  the APTS      for     any excess costs   for   such similar goods or services. However, the Vendor shall continue performance of the contract to the extent not terminated. 

10.17 Force  majeure  a. The  Vendor  shall  not  be  liable  for  forfeiture  of  its  performance  security,  liquidated 

damages, or termination for default if and to the extent that its delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.  

b. For purposes of this clause, “Force Majeure” means an event beyond the control of the Vendor and not involving the Supplier’s fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not restricted to, acts of the APTS in its sovereign capacity, 

Page 46: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 46 of 68

wars  or  revolutions,  fires,  floods,  epidemics,  quarantine  restrictions  and  freight embargoes.  

c. If  a  Force  Majeure  situation  arises,  the  Vendor  shall  promptly  notify  the  APTS  in writing of such condition and the cause thereof. Unless otherwise directed by the APTS in writing, the Vendor shall continue to perform its obligations under the Contract as far  as  is  reasonably  practical,  and  shall  seek  all  reasonable  alternative  means  for performance not prevented by the Force Majeure event. 

10.18 Termination  for  insolvency   APTS, may at any time terminate the contract by giving 30 days written notice to the Vendor 

if  the Vendor  becomes bankrupt  or  otherwise  insolvent.  In  this  event,  termination will  be 

without compensation  to  the Vendor, provided  that such  termination will not prejudice or 

affect any right of action or remedy which has accrued or will accrue there after to the APTS. 

10.19 Termination  for  convenience  a. APTS, may at any time by giving 30 days written notice to the Vendor, terminate the 

Contract,  in  whole  or  in  part,  for  its  convenience.  The  notice  of  termination  shall specify that termination is for the APTS/Purchaser’s convenience, the extent to which performance of the Vendor under the Contract is terminated, and the date upon which such termination becomes effective. 

b. The  goods  or  services  that  are  complete  and  ready  for  shipment  within  thirty  (30) days after the vendor’s receipt of notice of termination shall be accepted by the APTS at  the  contract  terms  and  prices.    For  the  remaining  Goods  or  services,  the  APTS /Department may elect  to have any portion completed and delivered at  the contract terms and prices at its discretion. 

10.20 Governing  language  The contract shall be written in English or Telugu. All correspondence and other documents 

pertaining  to  the  contract  which  are  exchanged  by  the  parties  shall  be  written  in  same 

languages. 

10.21 Applicable  law   The contract shall be interpreted in accordance with appropriate Indian laws. 

Page 47: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 47 of 68

10.22 Notices  a.  Any notice given by one party to the other pursuant to this contract shall be sent to 

the  other  party  in  writing  or  by  telex,  email,  cable  or  facsimile  and  confirmed  in writing to the other party’s address. 

b.  A  notice  shall  be  effective when  delivered  or  tendered  to  other  party whichever  is earlier. 

10.23 Taxes  and  duties  The bidder shall be entirely responsible for all taxes, duties, license fee Octroi, road permits 

etc. incurred until delivery of the contracted Goods/services at the site of the user or as per 

the terms of tender document if specifically mentioned. 

10.24 Licensing  considerations  The software mentioned  in  the Schedules of Requirement will be  used  throughout Andhra 

Pradesh or user’s sites even outside Andhra Pradesh State. 

10.25 Protection  against  damages­ site  conditions:  a. The  system  shall  not  be  prone  to  damage  during  power  failures  and  trip  outs.  The 

normal voltage and frequency conditions available at site are as under: 

•  Voltage 230 Volts 

•  Frequency 50Hz. b. However, locations may suffer from low voltage conditions with voltage dropping to as 

low as 160 volts and high voltage conditions with voltage going as high as 220 + 20% volts. Frequency could drop to 50Hz + 2%. The ambient temperature may vary from 10oC to 48oC. The relative humidity may range in between 5% to 95%. 

c. The  goods  supplied  under  the  contract  should  provide  protection  against  damage under above conditions. 

 

10.26 Confidentiality  and  Property  Rights  10.26.1 Confidentiality. 

The  bidder  must  maintain  absolute  confidentiality  of  the  documents/data  received and  any other data/information provided  to him  for  the  execution of  the work. The bidder should not use the Project data for any purpose other than creation of digital images.  The  CSP  must  remove/destroy  the  entire  data  from  his  custody  after completion of the warranty period.  If at any stage it is found that the bidder is using the  data  for  any  other  purposes,  stringent  legal  action  will  be  initiated  as  per 

Page 48: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 48 of 68

applicable law and the contract will be terminated without assigning any reasons. 

10.26.2.  Use of documents and Information 1) The  vendor  shall  not,  without  prior  written  consent  from  client/  APTS, 

disclose/ share/ use    the bid document, contract, or any provision  thereof, or any specification, plan, drawing, pattern,    sample or  information  furnished by or on behalf of  the client/ APTS  in connection  therewith,  to any person other than  a  person  employed  by  the  vendor  in  the    performance  of  the  contract. Disclosure to any such employed person shall be made in confidence and shall extend only so far as may be necessary for purposes of such performance. 

2) The Vendor shall not, without prior written consent of client/ APTS, make use of  any  document  or  information  made  available  for  the  project,  except  for purposes of performing the Contract. 

3) All  project  related  document  (including  this  bid  document)  issued  by  client/ APTS,  other  than    the  contract  itself,  shall  remain  the property  of  the  client/ APTS and shall be returned (in all copies) to the client/ APTS on completion of the Vendor’s performance under the contract. 

10.26.3. Indemnification The  bidder shall, at its own expense, defend and indemnify the Client against all third‐party  claims  of  infringement  of  intellectual  property  rights,  including  patent, trademark, copyright,  trade secret or  industrial design rights  arising  form use of  the products  or  any  part  thereof  in  the  Client’s  country.  The  bidder  shall  expeditiously extinguish any such claims and shall have full rights to defend itself there from.  If the Client  is  required  to  pay  compensation  to  a  third  party  resulting  from  such infringement, the bidder shall be fully responsible there of, including all expenses and court and legal fees. The  Client  will  give  notice  to  the  bidder  of  any  such  claim without  delay  and  shall provide reasonable assistance to the bidder in disposing of the claim. The Client shall indemnify  and  defend  the  bidder  against  all  third‐party  claims  of  infringement  of Intellectual  Property  Rights,  including  patent,  trademark,  copyright,  trade  secret  or industrial design rights arising from the use of any information of Software provided to the bidder by the Client under the contract. 

Page 49: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 49 of 68

 Bid Letter Form 

From: (Registered name and address of the bidder.)  

To: The Managing Director, Andhra Pradesh Technology Services (APTS), 4th Floor, BRKR Bhavan Hyderabad‐Pin‐500063 

 

Sir,   

Having  examined  the  bidding  documents  and  amendments  there  on,  we  the  undersigned, 

offer  to provide services/execute the works  in conformity with  the terms and conditions of 

the  bidding  document  and  amendments  there  on,  for  the  following  project  in  response  to 

your tender call dated.......................  

Project title:  

We  undertake  to  provide  services/execute  the  above  project  or  its  part  assigned  to  us  in 

conformity with the said bidding documents for an estimated sum of Rs.................... (Total bid 

amount  in  words  and  figures)  which  may  vary  in  accordance  with  the  schedule  of  prices 

attached herewith and coverage options made by APTS or its user organization.  

If our bid is accepted, we undertake to; 1. Provide services/ execute the work according to the time schedule specified in the  bid 

document,  

2. Obtain the performance guarantee of a bank in accordance with bid requirements  for the due performance of the contract, and  

3. Agree to abide by the bid conditions, including pre‐bid meeting minutes if any, which remain binding upon us during the entire bid validity period and bid may be accepted any time before the expiration of that period. 

We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive, nor to 

give  any  reason  for  the  rejection  of  any  bid  and  that  you  will  not  defray  any  expenses 

incurred by us in bidding.  

Place:                  Bidder’s signature Date:                          and seal.  

Page 50: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 50 of 68

Sample Contract Form  Contract Ref No: ____________________  THIS AGREEMENT is made on ____ day of   _______    BETWEEN 

1. The  

2. _______________ a company incorporated under the laws of India and having its registered 

office at _________________. (Hereinafter called “the Service Provider”). 

 

WHEREAS  the  Purchaser  invited  bid  for  Identification  of  Service  Provider  for 

Digitization  of  FMBs  &  completion  of  Mosaic  Mosaics  of  Digitized  FMBs  at  SS&LR 

Dept.  and  has  accepted  a  bid  by  the  Service  Provider  in  the  sum  of  Rs.  __________ 

(_________________.)  including  all  taxes  and  duties  (hereinafter  called  as  “the  Contract 

Price”)  

 

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS: 

      In this Agreement words and expression shall have the same meanings as are respectively 

assigned to them in the Conditions of bid document referred to 

3. Scope of the Work 

Brief outline of the work: Identification of Service Provider for Digitization of FMBs 

&  completion  of Mosaic Mosaics  of Digitized  FMBs at SS&LR Dept at SS&LR Dept.,. 

The detailed scope is as covered in RFP and subsequent clarifications.   

2.  Contract Documents 

2.1. Contract Documents  

The following documents shall constitute the Contract between the APTS / 

SS&LR Dept., and the Service Provider , and each shall be read and construed as 

on integral part of the Contract: 

I. This  Contract  Agreement  and  the  Annexures  attached  to  the  Contract 

Page 51: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 51 of 68

Agreement 

II. Notification of award 

III. Minutes of TFC meeting held on _________ 

IV. Pre – bid conference minutes   

V. Bid document Ref No. ______________Dt. _________________ 

  

4. Order of Precedence 

In the event of any ambiguity or conflict between the Contract Documents listed above, 

the order of precedence shall be the order in which the Contract Documents are listed 

in 2.1 (Contract Documents) above.  

5.1)  Brief   particulars of the services shall be completed /provided by the Service 

Provider are as under: 

Sl. No  Solution, service, or material Unit Price(Rs)  

(inclusive of Taxes) 

1.  Digitization  of  FMB,  QC  and  submission  of  error  free 

data in prescribed formats.(price for FMBs) 

90% weightage

2.  Generation of mosaic of FMBs (per mosaic)  10% weightage

Note: 

1. All other tasks pertinent to the contract even though may not have been mentioned in 

the bid document are assumed to have been included in the work.  

2. Deduction of taxes at source will be made as per applicable laws from the payments to 

be made to the selected Service Provider.  

3. All Taxes and duties payable if any or both either by State or Central Government will 

be the responsibility of Service Provider only. Charges quoted  should be  inclusive of 

all types of Taxes. 

 

Page 52: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 52 of 68

IN  WITNESS  where  of  the  parties  hereto  have  caused  this  Agreement  to  be  executed  in 

accordance with their respective laws the day and year above written. 

  

Signed, and delivered by 

 

For Bidder 

Bidder   Common Seal: 

Place: 

Date:  

Signed, and delivered by 

 

For SS&LR 

Seal: 

Place: 

Date: 

   

In the presence of: 

 

Witness 1: 

 

Name:        Signature with Date 

Designation: 

Address:  

Witness2:  

Name:        Signature with Date 

Designation: 

Address: 

Page 53: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 53 of 68

Bid security (EMD) form I. File. No: ……………………………..... 

II. Project Name:   ………………………………. 

 (To  be  issued  by  a  bank  scheduled  in  India  as  having  at  least  one  branch  in  Hyderabad) 

Whereas......................................  (Here  in  after  called  “the  Bidder”)  has  submitted  its  bid  dated  

......(Date).  For the execution of........................ (Here in after called “the Bid”) KNOW ALL MEN by 

these  presents  that WE  ...................    of  ........................  having  our  registered  office  at........................ 

(Here  in  after  called  the  “Bank”)    are  bound  unto  the    (hereinafter  called 

“MD,APTS,HYDERABAD”) in the sum of  ................ for which payment well and truly to be made 

to the said APTS itself, its successors and assignees by these presents. 

The conditions of this obligation are: 

a. If the  bidder withdraws its bid during the period of bid validity  or 

b. If the bidder , having been notified of the acceptance of its bid by the APTS during the 

period of bid validity: 

1) fails or refuses to execute the contract form if required; or 

2) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the bid 

requirement; 

c. bidder submits fabricated documents 

We  undertake  to  pay  the    above  amount  upon  receipt  of  its  first  written  demand, 

without  the APTS having  to  substantiate  its  demand,  provided  that  in  its  demand  the   will 

note that the amount claimed by it is due to it, owing to the occurrence of one or both of the 

two conditions, specifying the occurred condition or conditions.  

This guarantee of Rs. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐will remain in force up to…... and any demand in respect 

thereof should reach the Bank not later than the above date. 

  Place:                     Signature of the Bank Official Date :                         with seal 

Page 54: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 54 of 68

Performance Security (PBG) Form  

Ref. No......  (To be issued by a bank scheduled in India and having at least one branch in Hyderabad)  To: ............................ (Address of SS&CR/ District Administration) 

WHEREAS ............................. (Name of Bidder) hereinafter called “the Bidder" has undertaken, in pursuance of Contract No......... dated ... (Date), to supply .................. called "the Contract". 

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Bidder shall furnish 

you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for 

compliance with the Supplier's performance obligations in accordance with the Contract. 

 

WHEREAS  we have agreed to give the Bidder a Guarantee: 

 

THEREFORE WE  hereby affirm that we are Guarantors and responsible  to you, on behalf of 

the Bidder, up to a total of Rs. ..................(Rupees..........) and we undertake to pay you, upon your 

first written demand declaring  the Bidder  to  be  in  default  under  the Contract  and without 

cavil or argument,  any sum or sums within the limit of Rs...............  (Amount of Guarantee) as 

aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or 

the sum specified therein. 

 This guarantee is valid until the ......... day of ........ (Date)    

Place: Date: 

Signature of guarantors and seal.  

     

 

Page 55: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 55 of 68

Check List Compliance/ Agreed/ Enclosed/ Deviation Statement 

The  following  are  the  particulars  of  compliance/deviations  from  the  requirements  of  the  tender specifications.  

Sl.No  Bid document reference            Remarks 

1.   EMD & APTS Receipt   

2.   Form PQ#1 

3.   Form PQ#2 

4.   Form PQ#3 

5.   Form PQ#4 

6.   Form PQ#5 

7.   Form PQ#6 

8.   Form TQ#1 

9.   Form TQ#2 

10.   Form TQ#3 

11.   Form TQ#4 

12.   Form F#1 

 The specifications and conditions  furnished  in  the bidding document shall prevail over  those of any other document  forming  a part  of  our bid,  except  only  to  the  extent  of  deviations  furnished  in  this statement. 

  Place:                  Bidder’s signature Date :                          and seal    NOTE: For every  item appropriate remarks should be  indicated  like  ‘no deviation’,  ’agreed’, ’enclosed’ etc. as the case may be.     

Page 56: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 56 of 68

 

 

 APPENDIX ­ I 

   

Pre Qualification (PQ) Proposal submission forms 

Page 57: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 57 of 68

Name of the Service Provider (Bidder):          Name of the Project: 

Form  PQ#1 ­ General Information 

The bidder must be a company registered under Companies Act, 1956 and shall have at least 5  years  of  experience  in  the  field  of  cadastral  survey  and  GIS  based  digitization  of  survey records/maps in India as on bid calling date. 

#  Description   Supporting Documents with 

page nos. 

  Nature of Bid    Single 

1  Name of the Company/ Firm  :   

2 Date  of  Incorporation  (Registration  Number  & Registering Authority) VAT  No., CST No., PAN No.     

3 Legal  Status  of  the  Company  in  India & Nature  of Business in India   

Public  Ltd  Company/  Private/ Partnership  firm 

4  Address of the Registered Office in India  :   

5  Date of Commencement of Business     

6 Name  &  e‐mail  id,  phone  number,  fax  of  the Contact Person  : 

Phone:Fax: Email 

7  Web‐Site  :   

8  EMD details  : 

Amount:DD No. & Date Name of the Bank: Valid up to :  

9  Proof of purchase of bid document   :  Receipt No: Date of purchase: 

 Note: 

1. Bidder should submit the copy of RoC & Copy of Service Tax Registration Certificate.    Place:                Bidder’s signature Date :                  and seal. 

Page 58: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 58 of 68

Name of the Bidder:    Name of the Project: 

Form PQ#2  ­ Financial Turnover  (All values in Rs. Lakhs) 

Financial Information of Bidder 

#  

Financial Year 

Turnover of the firm in 

Total Profit after Tax 

 

Net Worth of Company 

Total Turnover of the firm 

  

Turnover in related 

digitization activities as per PQ criteria  

  (1)  (2)  (3)  (4) (5)1  FY.2011­12         

2  FY.2012­13         

3  FY.2013­14         

   Note: 

1. Turnover in areas other than mentioned above shall not be considered for evaluation, If bifurcation is needed a CA certificate is needed. 

2. Please  attach  audited  Balance  Sheets  and  IT  return  statements  to  confirming  the figures mentioned in columns (2). 

3. Bidder  should  submit any of  the Audited balance  sheet  / Profit & Loss  statement  / certificates  from CFO  of  the Company  duly  audited  by  the Charted Accountant  and certified by the Company Secretary for all the above stated three financial years.  

 Place:                Bidder’s signature Date :                  and seal. 

Page 59: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 59 of 68

Name of the Bidder :    Name of the Project: 

Form  PQ#3 ­ Project Experience 

 

 Place:                Bidder’s signature Date :                  and seal. 

Description of Item Supporting  Document with  page number 

should  have  successfully  completed  at  least  one  project  of  cadastal 

survey/ digitization of FMBs/ GIS mapping of survey records/ maps 

with  a  cost of Rs.  50  lakhs during  the  last  three  financial  years  i.e., 

2011‐12, 2012‐13 & 2013‐14. 

 

 Name of the Client / Department    

Contact address & details of the department   

Value of the Project    

Date of Start of Work   

Description of Work   

Present Status   

Date of Completion of Work   

Bidder should submit any of the following: i. PO / Work order ii. Work completion certificates / Performance Certificate from client dept. duly signed by the authorized signatory from the Client end. 

iii. Work satisfactory certificate from the client dept. 

 

Enclosures submitted: Yes / No    

Page 60: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 60 of 68

Name of the Bidder:    Name of the Project:  

Form PQ#4 ­ Declaration Regarding Clean Track Record  To: The Managing Director APTS, 4th Floor, BRKR Bhavan, Tankbund Hyderabad‐63  Sir,  I  have  carefully  gone  through  the  Terms  &  Conditions  contained  in  the  RFP  Document [No._________________]. I hereby declare that my company has not been  debarred/ black listed as on Bid calling date by any Central or State Government/ Quasi Government Departments or Organizations  in  India  for non‐satisfactory past  performance,  corrupt,  fraudulent  or  any other  unethical  business  practices.  I  further  certify  that  I  am  competent  officer  in  my company to make this declaration.   Yours faithfully,    (Signature of the Bidder) Printed Name Designation Seal Date: Business Address: 

Page 61: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 61 of 68

 

 Name of the Bidder :    Name of the Project: 

Form PQ#5 – Quality Certification  

The bidder should submit valid ISO Certificate as on bid calling date. 

 

 

 Name of the Bidder :    Name of the Project: 

  

Form PQ#6 ­ Local Presence  

The bidder should have a local office as on bid calling date.  

 

If  the bidder  is not having Local presence,  it has  to open a  local office within 15 days  from 

date of issue of LoI and same must be communicated to APTS for future correspondence. 

 

 

 

Page 62: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 62 of 68

     

APPENDIX ­ II   

Technical Qualification (TQ) Proposal submission forms 

Page 63: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 63 of 68

Name of the Bidder: Name of the Project: 

 Form TQ#1 ­Understanding of the Project 

 i. Approach  & Methodology  for  project  implementation  including  the  project  plan  for 

Digitization, training etc., 

ii. Project Management, reporting and review methodology 

iii. Bill of Material (BoM) should give complete technical specifications of each item and 

its procurement value. 

 (Signature of Bidder) 

    

Name of the Bidder: Name of the Project: 

 Form TQ#2 – Implementation Schedule & Methodology  

 

i. Implementation cum operations plan in detail. 

ii. Acceptance Test plan with Department. 

Page 64: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 64 of 68

 

 

Name of the Bidder :    

Name of the Project: 

 Form TQ# 3 ­ Staff Proposed for Digitization Project 

Project  team  structure,  size,  capability  and  deployment  plan  (Total  staffing  plan  including numbers)  

Sl. No.  Qualification Experience in the bidder‘s company 

No. of persons proposed for the Project 

Manager / Supervisor 

 

Hardware Engineer   

Software Engineer   

Network / Database Administrator  

 

Digitization Experts cum Assistants 

 

Assistants   Others (Specify)   

 Note:  

1. The bidder should submit Self­Certification by the authorized signatory. 

Place:                Bidder’s Signature Date:                       with Seal 

Page 65: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 65 of 68

  Name of the Bidder:         Name of the Project: 

Form TQ# 4 ­ Work Schedule 

No  Activity Months 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10  11  12 n1                             2                             3                             4                             5                                                                                                                                                                                                         N                             

 

Note:  

1. Indicate  all main  activities  of  the  assignment,  including  delivery  of  reports  and  other 

benchmarks approvals.  For phased assignments indicate activities, delivery of reports, and 

benchmarks separately for each phase. 

 

2  Duration of activities shall be indicated in the form of a bar chart. 

 

Place:                  Bidder’s Signature Date:                       with Seal. 

Page 66: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 66 of 68

    

APPENDIX ­ III  

Commercial Proposal Submission Forms  

Page 67: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 67 of 68

 Commercial Proposal Submission Letter  [Location, Date]  To: [Name and address of Employer]  Dear Sirs:  We,  the undersigned, offer  to provide  the  for  [Insert  title of Assignment]  in accordance with your Request for Proposal dated [Insert Date], and our Technical Proposal.   Our attached Financial Proposal is for the sum of [Insert amount(s) in words and figures].   This amount is inclusive of the Domestic taxes such as ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Indicate the amounts against each).  We hereby confirm that the financial proposal is unconditional and we acknowledge that any condition attached to financial proposal shall result in reject of our financial proposal.  Our Financial  Proposal  shall  be binding upon us  subject  to  the modifications  resulting  from Contract negotiations, up to expiration of the validity period of the Proposal.  We understand you are not bound to accept any Proposal you receive.  We remain,    Yours sincerely, 

Page 68: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

RFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for SS&LR, GoAP 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Page 68 of 68

Name of the Bidder:          Name of the Project: 

Form F#1  ­ Commercial Form 

Sl.No  Particular Amount (in Rs.) including 

all taxes 

Cost for each FMB 

Digitization  of  FMBs,  QC  and  uploading  of error  free data  in  the  centralized  server and  all deliverables related to FMB 

  

  

Cost for each village Map 

Mosaic  of  Digitized  FMBs  into  Village  Map and  all deliverables related to FMB 

   

 

C  Total Cost (a*0.90+B*.10)   

• L1 cost will be arrived on Total Cost.

Note: 1. All Taxes will be the responsibility of Service Provider only. Charges quoted should 

be inclusive of all types of Taxes. 

2. All unit rates indicated shall be inclusive of installation, duties, transport, packing and transit insurance charges etc.  

3. All other tasks pertinent to the contract even though may not have been mentioned in the bid document are assumed to have been included in the work.  

4. Deduction  of  taxes  at  source  will  be  made  as  per  applicable  laws  from  the payments to be made to the selected Service Provider.  

 Place:                  Bidder’s Signature Date:                       with Seal. 

 

 

END of DOCUMENT  ‐‐o0o— 

Page 69: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

CollabLand

Digitization and Mosaicing of Survey Maps

Web-site: collabland.gov.in

e-mail: [email protected]

Page 70: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

Overview

CollabLand is a software developed by NIC for Digitization and Mosaicing of Land Survey Maps. It can handle a

variety of Survey Systems like Chain, Theodolite and Total Station (ETS). CollabLand can create maps of individual

land parcels and mosaic them to form village maps. Besides, it can import maps from Shape files, and can handle a

host of measurement units.

Product Highlights

Single product for all Survey Systems and Needs of the Country

Facility to integrate with legacy software for non-spatial data

Web-Enabled: Viewing of Maps and Work-Flow through Browser

Handles day-to-day Land Transactions like Creation of Sub-Divisions

Provides citizen service like Viewing and Printing of Land Parcel Maps

Maps in Database: Ensures Security and Availability Anytime / Anywhere

Platform independent: Works in Linux and Windows Operating Systems

Negligible cost due to use of Open-Source Technologies

Survey Systems Handled

Chain Survey: Madras System (Cumulative) and Bombay System (Incremental)

Total Station Survey: Leica and Top Con formats of Electronic Total System (ETS)

Theodolite Survey: Cadastral Survey Maps and Village Traverse

Import of Shape Files: Individual Parcel-wise | All parcels as a mosaic | Directly into Database

Import of proprietary format files: Files of Vision Surveyor Software

Measurement Units

Length Units Area Units

Meter Hectare-Are

Chain-Anna Hectare-Centiare

Sakhali-Aane Acre-Guntha

Chain-Link Acre-Cent

Links

Feet-Inch

Millimeter (ETS)

Customized for States / Union Territories

Tamil Nadu Kerala Puducherry

Karnataka Maharashtra Lakshadweep

Gujarat Auroville General

Operating Systems: Windows and Linux

Current Version : CollabLand 2.3 Beta (Released on 16 Feb 2015)

Next Release : CollabLand 2.3 (May 2015)

Page 71: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

Implementation Status

CollabLand has been customized for the following States and Union Territories besides the Auroville Foundation.

Training sessions and workshops were also conducted at these States / UTs. Additional features were introduced in the

product based on the feedback received during these programmes. Besides, support to the end-users on digitization,

mosaicing, and database aspects are also being provided to on a regular basis.

1. Tamil Nadu Pilot started in 2005 in two taluks. State-wide rollout started in 2008. Maps in Chain Survey Method. Presently about 150 draftsmen from 70 taluks in 29 districts are doing digitization using the product About 20 Lac maps have been digitized so far which is approximately 40 % of the whole State. Mosaicing has been extensively done throughout the state. Training facility exists at "Tamilnadu Land Survey Training Institute", Orathanadu, near Thanjavur. CollabLand is a part of the curriculum for the Diploma course in Survey Techniques of the institute.

2. Kerala Pilot run in 2007 at Thycaud village in Thiruvananthapuram city resurveyed in Total Station method Product integrated with application for non-spatial data developed by NIC Kerala Combined print out of map and ownership information given to landowners at nominal cost. Digitization in Chain, Theodolite as well as Total Station methods in progress in 60 taluks in 14 Districts More than 50,000 maps have been digitized so far which is roughly 10 % of total maps. Mosaicing also has been successfully done both in Chain Survey and Total Station Systems.

3. Puducherry Digitization work started in the year 2009. Maps are in Chain Survey Method. About 10 draftsmen from 6 taluks in 2 districts are doing digitization. More than 80 % of maps digitized. Mosaicing also has been done in Chain Survey Method with and without Traverse Data. Integration with the software for non-spatial land records data was tested in dept. office. Maps created using Vision Surveyor software also has been successfully imported into CollabLand.

4. Lakshadweep

Product customized in 2011. Training has been given to the dept. staff. Digitization is in progress on pilot basis in Minicoy, which is one of the 10 inhabited islands. Majority of the maps were digitized; Integration with ownership data is also done over web.

5. Karnataka Product customized in 2012. More than 200 staff trained, who are doing digitization work now Implemented Multiple Workflow Mechanism in the software to suite the state’s requirements. Detailed proposal for integration with legacy systems like Mojini, Bhoomi and Kaveri was drafted.

6. Maharashtra Product was customized and pilot implementation in Pune district started in 2012. Staff from the dept. and out-sourced implementing agency were trained. Digitization work by the by dept. staff and implementing agency is in progress.

7. Gujarat Product customized in 2010. Brief training sessions have been conducted at two occasions. Demonstrated the capability of the product to handle Chain and Total Station Survey Systems.

8. Auroville Auroville is a universal township having land parcels spread across Tamilnadu and Puducherry Demonstrated the ability of CollabLand to handle maps which inherits properties from both states. Product customized in 2013. Digitization work in progress in full swing.

Page 72: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

Web-Enabling and Integration

Multiple options have been provided to integrate the maps generated by CollabLand with other legacy software systems

developed by various State Units of NIC. This facilitates Integrated Workflow Mechanism during land transactions like the

Mutation process. These features can be customized and extended to the users environment on demand. The prominent

channels for integration are:

Display of Maps in common web-browser.

Light-weight CollabLand Viewers downloaded as Applets

Providing Shape files as inputs to systems which can handle such files

Stand-Alone CollabLand application in Viewer Mode, invoked from other applications.

Development History The development was started in 2003. A total of 14 releases have been made so far. Releases are made on regular basis

after implementation of series of popular features, as well as based on user requirement. Release of the next version

(CollabLand 2.3) is scheduled during March-April 2015.

Sl. No. Version Date Version Highlight

1 2.3 May 2015 Customization for AP. Geo-Referencing. Icon Palette.

2 2.2 Apr 2014 Interactive creation of maps & mosaic enhancements

3 2.1 Jun 2013 Online Viewing. Customization for Auroville

4 2.0 Oct 2012 Customization for Karnataka and Maharashtra

5 1.9 Oct 2011 Mosaic enhancements; Automatic mosaicing

6 1.8 Feb 2010 Customization for Gujarat

7 1.7 Jan 2009 Roll-out in Puducherry

8 1.6 May 2008 State-wide roll-out in Tamil Nadu

9 1.5 Jan 2008 Integration and commercial deployment in Kerala

10 1.4 Aug 2007 Pilot run in Kerala using Total Station method

11 1.3 Dec 2006 Basic mosaicing feature implemented

12 1.2 Jun 2006 User Interface enhancements

13 1.1 Aug 2005 Pilot run in two Taluks in Tamil Nadu

14 1.0 Jun 2005 First version for field level testing

Road Map Integration with other Land Records and GIS Applications

Make available to Academic Institutions and Private parties

3D features like creation of Contour Maps and computation of Earth Work

Page 73: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

CollabLand Features

1. Map Creation A set of Data Entry Tables have been provided for the user to enter the data related to the map. Data can be imported

also into these tables from files in respective formats. A host of options are available to manipulate the data in these

tables. Maps would be created from these data on a single mouse click. Extensive checks and validations have

been provided during this process of map generation. Maps would be created with optimum position for various texts

like Point Names, Length of Lines, and Name/Area of Sub-Divisions. The direction of boundary of adjacent plots also

would be automatically marked using Frill lines.

Chain Survey Facility for Cumulative (Madras System) and Incremental (Bombay System) input of Base Distances.

Option for Clock-wise and Anti-Clockwise Traversal of Base Lines

Provision for simultaneous display of map during entry of Ladder data (CollabLand 2.2)

Creation of Maps by merging Base Lines using Copy-Paste method.

Total Station Survey Choice of brands of ETS instruments like Leica, Top Con.

Facility to import Point data from text file.

Provision to import Traverse as well as Parcel Survey Data.

Different options to correct closing error of Traverse Survey

Theodolite Traverse Interactive creation of Traverse Maps by entering Bearing (Angle) and Distance.

Facility to import reduced point coordinates of Traverse Points

Provision for Parcel Maps as well as Mosaic Maps over a Traverse.

Shape Files Facility for import individual Parcels in the Shape file.

Option to import the whole shape file as a Mosaiced map

Provision to import all the parcels in the file directly into the database.

Proprietary Formats Facility for import Vision Surveyor Maps

More formats shall be supported on user demand.

Page 74: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

2. Creation of Sub-Divisions (Mutation) Easy to use and state of the art facilities are available for creation of Sub-Division Points, Lines and the Sub-Division

itself. All the information provided by the user are logged in the Data Entry Tables for later regeneration of the Map.

Creation of Sub-Division Points: The following methods exist to create Sub-Division Points. Offset Point: Using Base and Offset distance with respect to an existing Line

Coordinate Point: By entering absolute X, Y, and Z coordinate values of the Point

Delta Point: By providing relative X and Y distance of the Point w. r. an existing Point

Polar Point: From Angle and Distance of the Point w. r. to a given Point

Triangle Point: By entering the distance of the Point from two Points

Intersection Point: At the point of intersection of two Lines

Free Hand Point: At a position specified by the mouse click

Creation of Sub-Division Lines: The following methods are available to create Sub-Division Lines Point to Point: By connecting existing Points using Mouse.

Area and Side: By entering the Area to be covered parallel to a selected Line.

Area and Point: By providing the Area to be enclosed w. r. to a selected Point.

Sub-Division Creation: Sub-Divisions are created by a single mouse click inside the area.

Area is automatically computed and prompted for confirmation.

Provision to create Island Sub-Divisions inside a Sub-Division.

Option to enter Sub-Division Names in Local Language.

Facility to Merge two Sub-Divisions having a common boundary

3. Modification / Beautification of Maps

Option to include / exclude points in the Boundary.

Introduce Frill Lines denoting boundary of adjacent plots

Facility to orient the map with reference to true North

Facility to assign GPS Coordinates to Points in the map.

Insert missing linear measurements.

Change Base / Offset distances of Offset Points

Modify coordinates of Total Station Points.

Alteration of Length and Area to match legacy data.

Provision to restrict Length/Area modification within Tolerance

Movement of Test Position to avoid overlap.

Page 75: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

4. Display Features

Option for display in Local Language (based on Unicode).

Display of one or more Sub-Divisions with different patterns.

Formatted display of Ladder and Coordinate Tables.

Shows Coordinates and Offset Measurements of Points.

Length of Lines displayed in Local Numerals and Metric Units.

Control over Size and Color of Points, Lines and Texts.

Differential display of Lines and Points based on their type.

Provision to Import / Export display options to achieve uniformity

5. Detailing of Maps

Facility to create detailed view of a portion of the map.

Hundreds of scalable symbols. Customized for each state.

Symbols that are always aligned and not aligned to North

Provision for Notes with modifiable size, style, color and orientation.

Notes in different fonts, including local languages

Smooth Free Hand sketches to denote Streams and Roads

Multi-Line Profiles to represent Railways, Telephone/Electric Lines.

Closed Polygons with hatching facility to represent buildings

Profiles with constraints like Parallel, Perpendicular, Orthogonal.

Facility to create Arrows / Leads and Symbols using Profiles.

Option to Copy, Modify, Move, Rotate, and Deletion the Details

6. Mosaicing

Intelligent mosaicing of Maps based on Survey system employed.

Automatic mosaicing of a Village by merely selecting the Village Name

Mosaicing over Traverse Map based on number of Control Points.

Option for manual Mosaicing; Mosaicing in batches.

Facility to Mosaic one Map with its immediate neighboring Plots.

Provision to Move, Rotate, Align, and Delete Mosaiced Parcels.

Option for automatic correction of Mosaiced Maps

Manual correction by Moving and Merging of Points and Lines

Beautification of Village Maps using variety of colored patterns

Facility to export Mosaiced maps in Shape file format.

Option to control the Tolerance Values during Matching and Merging.

Provision to view the area of mosaiced maps in tabular form.

Page 76: Identification of Service Provider - · PDF fileRFP ‐ Identification of Service Provider for Digitization of FMBs for ... Survey Settlement & Land Records Dept ... changes made in

7. Database Features

Maps saved in Database ensures Anytime / Anywhere availability

Facilitates Work Flow mechanism and Integration with other software

Database approach enhances security using access privileges

Customized Role-Based Menu for different category of users.

Maintenance of Transaction tables for easy tracing of database events.

User logs maintained for monitoring performance of the users.

Automatic update of Database and Maps with software version change.

Easy database administration with the help of menu based operations.

8. Workflow

Built-in Workflow mechanism with Three customisable levels.

‘Modification’ of Maps follows ‘Verification’ and ‘Approval’.

‘Proposals’ for Multiple modifications to proceed simultaneously.

Provision for other software to participate in the Work-Flow.

All old versions of the Map are preserved for future reference.

Facility to view and compare all older versions of map.

9. Reports

Built-in mechanism for generation of all important reports.

Reports to monitor progress of digitization and user performance.

Reports to assess Workflow progress and Transaction History.

Village-wise Area Report. Length and Area Tolerance Reports.

Provision to customize various reports for viewing in web-browser.

10. Miscellaneous Features

Provision to export Maps in Image and PDF format, besides Shape files.

Facility for dynamic zooming and panning, and Print Preview.

Display in customizable standard scales, and user defined scale

Option to Pin the map to prevent further zooming and panning.

Extensive search facility for Texts in the Map and Data Entry Tables.

Facility for unlimited Undo and Redo, and to set Undo limit

Measuring Tool to find distance between Points and Area of a Polygon.

Option for General installation (which is not specific to any State/UT)

Licensed version of CollabLand also exists for commercial distribution.

Built-in User Manual consisting of Tutorials and suggested procedures.