58
 ‐ 1 ‐   Indian Renewable Energy Development Agency Limited (A Mini Ratna Category‐I PSU) ISO 9001:2015, 27001:2013 Certified   REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)  Invitation of Proposals for Empanelment of “Lender Independent Engineers (LIE)” for monitoring of IREDA funded RE Projects  (Revised)  (ONLY THROUGH E‐BIDDING MODE)  INVITATION TO BID   Reference Number: RfP‐IREDA/ REN/ Emp/LIE/2019 Dated:   15 May 2019    Indian Renewable Energy Development Agency Limited (A Government of India Enterprise) Core – 4A, East Court, 1 st  Floor,  India Habitat Centre, Lodhi Road New Delhi – 110 003 Tel:  +91 (011) 24682206‐19 Fax: +91 (011) 2682202 Email: [email protected][email protected] Website: www.ireda.in    

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

‐ 1 ‐ 

  

Indian Renewable Energy Development Agency Limited (A Mini Ratna Category‐I PSU) ISO 9001:2015, 27001:2013 Certified 

 

 

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

Invitation of Proposals for Empanelment of “Lender Independent 

Engineers (LIE)” for monitoring of IREDA funded RE Projects  (Revised) 

 (ONLY THROUGH E‐BIDDING MODE) 

 

INVITATION TO BID  

 

Reference Number: RfP‐IREDA/ REN/ Emp/LIE/2019 

Dated:   15 May 2019  

 

 

Indian Renewable Energy Development Agency Limited 

(A Government of India Enterprise) 

Core – 4A, East Court, 1st Floor,  

India Habitat Centre, Lodhi Road 

New Delhi – 110 003 

Tel:  +91 (011) 24682206‐19 

Fax: +91 (011) 2682202 

Email: [email protected][email protected] 

Website: www.ireda.in  

   

Page 2: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

‐ 2 ‐ 

Disclaimer 

The  information  contained  in  this  Request  for  Proposal  (RFP)  document  or  information  provided subsequently  to  Bidder  or  applicants  whether  verbally  or  in  documentary  form  by  or  on  behalf  of  Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), is provided to the Bidder on  the terms and conditions set out in this RFP document and all other terms and conditions  subject to which such information is provided. 

This RFP document is not an agreement.  It is not an offer or invitation by IREDA to any  parties. The purpose of this RFP document is to provide Bidder with information to assist the  formulation  of  their  proposals.  This RFP  document  does  not  claim  to  contain  all  the  information each Bidder may  require. Each Bidder  should conduct  its  own  investigations  and  analysis  and  should  check  the  accuracy,  reliability  and  completeness  of the  information  in  this  RFP  document  and  where  necessary  obtain  independent  advice.  IREDA  makes  no representation  or warranty  and  shall  incur  no  liability  under  any  law,  statute,  rules or regulations as  to the accuracy, reliability or completeness of this RFP document.  IREDA may  in  its  absolute  discretion,  but without being  under  any  obligation  to  do  so,  update, amend or supplement the information in this RFP document. 

   

Page 3: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

‐ 3 ‐ 

Abbreviations and Acronyms The following abbreviations and acronyms defined in this RFP are as under   

COD   –   Commercial Operations Date 

CPPP   –   Central Public Procurement Portal 

DPR   –   Detailed Project report 

E&M   –   Engineering & Manufacturing  

EPC   –   Engineering, Procurement & Construction 

ESI   –   Employee’ State Insurance 

FY   –   Financial Year 

GST   –   Goods & Services Tax 

INR   –   Indian National Rupee 

IREDA   –   Indian Renewable Energy Development Agency Limited  

KW   –   Kilowatt 

LIE   –   Lender’s Independent Engineer 

MSME  –   Micro, Small & Medium Enterprises 

MW   –   Megawatt 

NDD   –   Non‐Disclosure Declaration 

NSIC   –   National Small Industries Corporation 

O&M   –   Operation & Maintenance 

PERT   –   Program Evaluation & Maintenance Technique  

PF   –   Provident Fund 

PPA   –   Power Purchase Agreement 

PPF   –   Public Provident Fund 

PPS   –   Power Potential Studies  

PQE   –   Post Qualification Experience  

RFP   –   Request for Proposal  

TRA   –   Trust & Retention Account 

WPI   –   Wholesale Price index   

Page 4: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

‐ 4 ‐ 

Contents SECTION: I: NOTICE FOR INVITING BIDS .................................................................................................................................. 1 

SECTION: II: Scope of Work ...................................................................................................................................................... 3 

SECTION: III: Eligibility Criteria ................................................................................................................................................. 4 

SECTION: IV: INSTRUCTION TO BIDDERS ............................................................................................................................... 10 

4.1.  The Bidding Document........................................................................................................................................ 10 

4.2.  Preparation of Bid ............................................................................................................................................... 10 

SECTION: V: SUBMISSION OF BID .......................................................................................................................................... 12 

5.1.  Technical Bid ....................................................................................................................................................... 12 

5.2.  Price Bid ............................................................................................................................................................... 13 

5.3.  Schedule of Price Bid ........................................................................................................................................... 13 

5.4.  Rejection of Bid ................................................................................................................................................... 13 

5.5.  Extension of Deadline for submission of Bid ..................................................................................................... 14 

5.6.  Modifications and Withdrawal of Bids ............................................................................................................... 14 

5.7.  Right to Reject, Accept/Cancel the bid............................................................................................................... 14 

5.8.  RFP Abandonment .............................................................................................................................................. 14 

5.9.  Contacting IREDA ................................................................................................................................................ 14 

SECTION: VI: BID EVALUATION .............................................................................................................................................. 15 

6.1.  Preliminary Examination of Bids ........................................................................................................................ 15 

6.2.  Technical Evaluation of Bids ............................................................................................................................... 15 

6.3.  Commercial Evaluation of Bids ........................................................................................................................... 16 

SECTION: VII: TERMS AND CONDITIONS ............................................................................................................................... 17 

7.1.  Definitions (Relevant as per Bid Document) ...................................................................................................... 17 

7.2.  Bidder’s Liability .................................................................................................................................................. 19 

7.3.  Liquidated Damages ............................................................................................................................................ 19 

7.4.  Fraudulent and Corrupt Practice ........................................................................................................................ 19 

7.5.  Force Majeure ..................................................................................................................................................... 19 

7.6.  De‐Empanelment due to discrepancies ............................................................................................................. 19 

7.7.  De‐Empanelment due to other reasons ............................................................................................................. 20 

7.8.  Resolution of Disputes ........................................................................................................................................ 20 

7.9.  Governing Law .................................................................................................................................................... 20 

7.10. Applicable Law .................................................................................................................................................... 20 

7.11. Addresses for Notices ......................................................................................................................................... 20 

Annexure ‐ A: Part‐A: Bid Submission Letter ......................................................................................................................... 21 

Annexure‐A: PART‐B: Qualifying Requirements ................................................................................................................... 23 

Annexure‐A: Part‐ C: Letter of Confirmations / Undertakings ............................................................................................. 25 

Annexure ‐B: Broad Scope of Work ....................................................................................................................................... 28 

Annexure‐C: Broad Terms & Conditions of IREDA ................................................................................................................ 32 

Page 5: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

‐ 5 ‐ 

Annexure–D:: Bidder e‐Procurement Manual ...................................................................................................................... 36 

Form‐1: Qualifying Criteria for Bidding Entity ....................................................................................................................... 38 

Form‐2: Technology Specific Qualifying Criteria# .................................................................................................................. 39 

Form‐3: Format for Resume ................................................................................................................................................... 41 

Form‐4: PRICE BID FORM ....................................................................................................................................................... 42 

Form‐5: Pre‐bid Alliance Letter .............................................................................................................................................. 44 

Form‐6: Integrity Pact between IREDA and Bidder……………..……………………………………………………………………….…………………46 

 

Page 6: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

Page 1 of 45  

SECTION: I   NOTICE FOR INVITING BIDS (ONLY THROUGH E‐BIDDING MODE) 

For Empanelment of Lender Independent Engineers for monitoring of IREDA funded RE Projects  

1. Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), a Mini Ratna (Category – I) Government of India Enterprise under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), invites online  bids  for  Empanelment  of  Lender  Independent  Engineers  (LIE)  for  monitoring  of  IREDA  funded Renewable Energy Projects  

2. The  empanelment  for  LIE  is  intended  to  be  done  separately  for  the  following  Renewable  Energy technologies: 

a. Wind  b. Ground Mounted Solar   c. Large scale Solar Roof Top d. Small scale solar Roof‐top/off‐grid/ Biogas/ others etc. e. Hydro  f. Biomass Power /Bagasse Co‐gen/Waste to Energy  

Additionally, for each technology, the empanelment will be further categorised based on size (Small, Medium and Large) of the projects as given below. 

The  bidder  can  apply  for  any  combination  of  technology  and  category,  subject  to  the  Bidder meeting  the minimum eligibility criteria for that technology as described in this document.  

3. Bid documents may be downloaded from IREDA website, www.ireda.in (for reference only). For application purposes, the bid needs to be downloaded as well the response needs to be submitted through  CPPP site https://eprocure.gov.in/eprocure/app as per the schedule given below: 

S.No  Description  Detailed Information 

1.   Purpose Empanelment of Lender’s Engineers for monitoring of IREDA funded Renewable Energy Projects  

2.   Bid  Reference Number  RfP‐IREDA/ REN/ Emp/LIE/2019 

3.  Date of release of Revised Bid Document (Document  can  be  downloaded  from IREDA website and CPPP web site) 

15‐05‐2019 

4.   Last date and time for Bid Submission  31‐05‐2019 at 1530 Hrs. 

5.   Technical Bid Opening Date  03‐06‐2019 

6.  Declaration of Technically qualified bidders for Lenders Independent Engineer 

24‐06‐2019 

Sl. no. 

Technology Category specific capacity 

Small  Medium  Large 

1.   Wind  Upto 10 MW  Above 10 MW & Upto 50 MW  Above 50 MW 

2.   Ground Mounted Solar   Upto 10 MW Above 10 MW & Upto 50 MW  Above 50 MW

3.   Large scale Roof Top  Upto 10 MW  Above 10 MW & Upto 50 MW  Above 50 MW 

4.  Small scale Solar Roof‐top/  off‐grid/ Biogas/ others etc. 

Loan Upto INR 5 Cr 

Loan Above INR 5 Cr & upto INR 10 Cr 

Loan Above INR 10 Cr 

5.   Hydro  Upto 5 MW  Above 5 MW & upto 25 MW  Above 25 MW  

6.  Biomass Power /Bagasse co‐gen /Waste to Energy  

Upto 10 MW  Above 10 MW & Upto 30 MW  Above 30 MW 

Page 7: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

Page 2 of 45  

7.   Date & time of opening of Financial  bids 25‐06‐2019 at 15.30 Hrs. 

8.   Declaration of L1 rates   01‐07‐2019 

9.   Acceptance of L1 rates by other bidders       10‐07‐2019 

10.  Finalisation of list for empanelment of Lenders Independent Engineer 

15‐07‐2019 

11.   Name and Address for communication  Indian Renewable Energy Development Agency Limited, Core – 4A, East Court, 1st Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi – 110 003 Tel:  +91 (011) 24682206‐19; Fax: +91 (011) 2682202 Email: [email protected][email protected] 

12.   Non –refundable Bid Processing Fee   Rs.  50,000/‐  plus  applicable  taxes  (presently  being levied @18%). 

 4. Bids submission shall be only online through CPPP website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Bidders 

are advised to follow the instructions provided in the ‘Instructions to the Bidders for the e‐submission of the  bids  online  through  the  Central  Public  Procurement  Portal  for  e‐Procurement  at https://eprocure.gov.in/eprocure/app’. 

5. Any bidder having close relations with each other, who have business relationship, shall not submit more than one bid. Under no circumstance, will father and his son(s) or other close relations, who have business relationships with  one  another,  be  allowed  to  submit  the  bids  for  the  same empanelment  as  separate competitors. A breach of this condition will render the bids of both parties liable to rejection. 

6. Bidder, who has downloaded the bid from the IREDA website or from Central Public Procurement Portal (CPPP) website, shall not tamper/modify the bid form including, the price bid template, in any manner. In case if the same is found to be tampered/modified in any manner, bid will be completely rejected and bid processing fee would be forfeited and bidder is liable to be banned from doing any business with IREDA. 

7. Interested bidders are advised to visit IREDA website and CPPP website from time to time, at least 3 days prior to closing date of submission of bid for any corrigendum/addendum/amendment.  

8. The Bid Processing Fee, in the form of DD drawn in favour of Indian Renewable Energy Development Agency Ltd, must  be  delivered  to  the  Chairman & Managing  Director,  Indian  Renewable  Energy  Development Agency Limited, Core – 4A, East Court, 1st Floor, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi– 110 003 on or before bid submission date/time as mentioned in the schedule above.  

9. Bids,  for whom Bid  Processing  Fee has  been  received  by  IREDA, will  only  be  opened  as  per  date/time mentioned  in  the  schedule  above.  After  online  opening  of  Technical‐Bid,  the  confirmation  of  their submission as well as variation in Financial Bid opening date, if any, will be intimated later. 

10. The  Bid(s)  shall  be  deemed  to  have  been  submitted  after  careful  study  and  examination  of  this  RFP document. The Bid(s) should be precise, complete and in the prescribed format as per the requirement of this RFP document. Failure to furnish all requisite information or submission of non‐responsive bid w.r.t to this RFP, will be at the Bidders’ risk and may result in rejection of the bid. The Bidder is requested to carefully examine the RFP document, and if there appears to be any ambiguity, contradictions, inconsistency, gap and/or discrepancy, Bidder  should seek necessary clarifications by e‐mail as mentioned  in  the schedule above.   

Page 8: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

Page 3 of 45  

SECTION: II Scope of Work  

 

The broad scope of work for Lender’s Engineers for monitoring of IREDA funded Renewable Energy Projects, 

at various stages of Project Execution/ Operation of each technology is given at Annexure‐B. 

The scope of work is indicative only and IREDA reserves the right to add/change the scope for the service, 

if IREDA finds it necessary, during the empanelment period. 

  

   

Page 9: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 4 of 45 

SECTION: III   Eligibility Criteria  

 

Bidders, who propose  to bid  for  empanelment  as  LIE with  IREDA, will  need  to meet  the below mentioned criterion for each category, on their own merit. 

I. Pre‐requisite 

The  Bidder  should  possess  the  requisite  experience,  resources  and  capabilities  in  providing  the  services necessary  to meet  the  requirements,  as  described  in  the Bid document.  The Bid must  be  complete  in  all respects and should cover the entire scope of work as stipulated in the document. Bidders not meeting the Eligibility Criteria will not be considered for further evaluation. 

II. Pre‐bid alliance

1. Eligible bidders may bid on independent basis, if they meet all criteria at A‐1, A2 (S, M, L) & A‐3 (a to f)on their own.

2. Consortium of one Lead Partner and one or more specific Technology Support Partners is allowed. Theconsortium arrangement has to be formalized at pre‐bid stage. Post‐ empanelment, sub‐contracting ofthe assigned work will not be allowed in any case and will be liable for cancellation of empanelment. Forthe formation of JV, no individual consultant/expert is allowed.

3. One Lead Partner shall have only one Technology Support Partner for one technology. However, one leadpartner will be allowed to have the same technology partner for different technologies.

4. One Technology Support Partner will not bid in alliance with more than one Lead Partner, with the soleexception of Central/ State/Public Sector /Government Bodies/agencies, subject to their qualifying thetechnology specific criteria.

5. In the event of alliance‐bid, the Minimum Eligibility Criteria {Table A1 & A2(S, M, L)} shall be exclusivelyapplicable to the Lead Partner only. In such cases, technology specific criteria will be exclusively appliedto the specific Technology Support Partner as per respective Tables {Table: A3 (a), A3 (b), A3(c), A3 (d),A3 (e), A3 (f)}, as applicable. The Minimum eligibility criterion as listed in A1 & A2 are to be met by thelead  partner  in  totality.  Similarly, Minimum  eligibility  criterion  as  listed  in  A3  are  to  be  met  by  theTechnology support partner in totality.

6. In case of alliance‐bid, letter in Form‐5, jointly signed by the Lead Partner and the Technology SupportPartner, shall be submitted along with the bid. If the alliance is with more than one technology support partner for different technologies, separate Form‐5 shall be submitted for each alliance.

7. The Pre‐bid alliance once submitted shall be permanent, until the tenure of empanelment. In the eventof withdrawal of a Technology Support Partner for any reason, the particular alliance shall be consideredas void and empanelment shall be automatically cancelled, unless accepted by IREDA otherwise.

III. Eligibility Criteria

Bidders, who propose to bid on single basis (i.e. without pre‐bid alliance with any technology support partner) shall be  required  to meet both criteria at A‐1 & A2(S, M, L), depending upon specific  size category and A3 (a/b/c/d/e/f, depending upon specific technology category applied for), on their own merit. 

Scanned copies of supporting documents mentioned below, duly signed by the authorised person, shall be submitted/uploaded. 

Page 10: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 5 of 45 

A1: General Qualifying Criteria 

Table: A1 (General) 

General Qualifying Criteria for Bidder  (refer Form‐1)Criteria  Document to be submitted 

1. Profitable(Net Profit)  duringthe last FY 2017‐18

Copy of Audited Annual Accounts. (Income statements) 

2. The  Firm/Companyoperational  after  Legalincorporation  in  India  forminimum  of  3  years  as  on31/03/2018

Certificate  of  incorporation/  Commencement  of  Business and  also audited balance sheets from 01.04.2015 to 31.03.2018.  If the operations of company are not continuous in said period, then copies of work orders issued on or before 01.04.2015 & also attach a copy of first year operations of  audited balance sheet   

3. GST Registration GST Number to be provided

A2. Category Specific Qualifying Criteria  

Table: A2‐S (Small Category) 

Category Specific Qualifying Criteria for Bidder – Small Category (refer Form‐1)

Criteria  Document to be submitted 

1. Average  annual  financial  turnover  forpast  3  financial  years  i.e.  FY  2015‐16,2016‐17, 2017‐18, is not less than Rs. 25Lakhs

Copy of Audited Annual Accounts. (Income statements and balance sheets) 

2. Minimum Annual net worth in the past3  financial  year  i.e.  FY 2015‐16,  2016‐17, 2017‐18, not less than Rs. 10 lakhs

‐same as above‐

3. At  least  3  Full  Time  Employees  fromtechnical field (with at least bachelor’sdegree  in  engineering/technology)with minimum  2  years’  experience  inrenewable energy domain, on its rolls

Details need to be submitted as mentioned in Form 1 along with a copy of recent Group PF / PPF /ESI statement being filed  by  the  bidder  with  government,  as  supporting document. In case of non‐availability/non‐applicability, the applicant  shall  submit    statutory  Auditor  certificate indicating  Employee  No.,  Name,  Technical  qualification, Total experience and number of projects handled etc.

4. Experience of consulting / constructionmonitoring  /  acted  as  Lender’sEngineer,  in  Renewable  EnergyProjects–  completed**  at  least  5*assignments  as  LIE/  EPC/ProjectConsultant for capacity size > 1 MW, inpast 5 years.

(a) Copy of Work Award Letters received and (b) Completion report/ certificate for each assignment, as applicable  (or) Statutory Auditor certificate clearly stating the  Project  award  number,    name  of  the  project, confirmation  of  project  completion,  receipt  of    payments etc., and the commissioning certificate issued by Competent Authority.

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A2‐M (Medium Category) 

Category Specific Qualifying Criteria for Bidder – Medium Category         (refer Form‐1)Criteria  Document to be submitted 

1.  

Average  annual  financial  turnover forpast  3  financial  years  i.e.  FY  2015‐16, 2016‐17, 2017‐18, is not less than Rs. 1 Crore 

Copy of Audited Annual Accounts. (Income statements and balance sheets) 

2. Minimum Annual net worth in the past 3  financial  year  i.e.  FY 2015‐16,  2016‐17, 2017‐18, not less than Rs. 50 lakhs

‐same as above‐

Page 11: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 6 of 45 

3.

At  least  5  Full  Time  Employees  from technical  field (with at  least bachelor’s degree  in  engineering/  technology) with  minimum  2  years’  experience  in renewable energy domain, on its rolls 

Details need to be submitted as mentioned in Form 1 along with a copy of recent Group PF / PPF /ESI statement being filed  by  the  bidder  with  government,  as  supporting document. In case of non‐availability/non‐applicability, the applicant  shall  submit    statutory  Auditor  certificate indicating  Employee  No.,  Name,  Technical  qualification, Total experience and number of projects handled etc.

4.

Experience of consulting / construction monitoring  /  acted  as  Lender’s Engineer, in Renewable Energy Projects – completed** At least 5* assignmentsas  LIE/  EPC/Project  Consultant  for capacity size > 5 MW, in past 5 years. 

(a) Copy of Work Award Letters received and (b) Completion report/ certificate for each assignment, as applicable  (or) Statutory Auditor certificate clearly stating the  Project  award  number,    name  of  the  project, confirmation  of  project  completion,  receipt  of    payments etc., and the commissioning certificate issued by Competent Authority.

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A2‐L (Large Category)

Category Specific Qualifying Criteria for Bidder – Large Category (refer Form‐1)Criteria  Document to be submitted 

1. 

Average  annual  financial  turnoverfor past 3 financial years i.e. FY 2015‐16,  2016‐17,  2017‐18,  is  not  less than Rs. 2 Crore 

Copy  of  Audited  Annual  Accounts.  (income  statements  and balance sheets) 

2. 

Minimum Annual  net  worth  in  thepast 3 financial year i.e. FY 2015‐16, 2016‐17, 2017‐18, not  less  than Rs. 1 Crore 

‐same as above‐

3. 

At least 7 Full Time Employees from technical  field  (with  at  least bachelor’s  degree  in engineering/technology)  with minimum  2  years’  experience  in renewable  energy  domain,  on  its rolls 

Details need  to be submitted as mentioned  in Form 1 along with a copy of recent Group PF / PPF /ESI statement being filed by  the bidder with government, as  supporting document.  In case  of  non‐availability/non‐applicability,  the  applicant  shall submit  statutory Auditor certificate indicating Employee No., Name, Technical qualification, Total experience and number of projects handled etc.

4. 

Experience  of  consulting  / construction  monitoring  /  acted  as Lender’s  Engineer,  in  Renewable Energy  Projects–  completed**  at least  5*  assignments  as  LIE/ EPC/Project  Consultant  for  capacity size > 20 MW, in past 5 years. 

(a) Copy of Work Award Letters received and (b) Completion  report/  certificate  for  each  assignment,  as applicable  (or) Statutory Auditor certificate clearly stating the Project award number,   name of  the project,  confirmation of project  completion,  receipt  of    payments  etc.,  and  the commissioning certificate issued by Competent Authority. 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

A3: Technology Specific Qualifying Criteria     

 

Table: A3‐a 

Technology Specific Qualifying Criteria  for Bidder ‐ Wind Energy Projects     (refer Form‐2)

Criteria  Document to be submitted 

1.

Completed**  at  least  2*  assignments, as  LIE/EPC/Owner’s Engineer/Project Consultant for Wind Energy projects with  installed  capacity  >  5 MW each,  in  the past 5 financial years 

a) Copy of Work Award Letters received andb) Completion report/ certificate  for eachassignment,  as  applicable    (or)  Statutory Auditor  certificate  clearly  stating  the Project 

Page 12: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 7 of 45 

award  number,    name  of  the  project, confirmation of project completion, receipt of payments  etc.,  and  the  commissioning certificate issued by Competent Authority.

2.

Has  employed  at  least  one  Senior  Wind  Energy Technology  Expert  on  full  time  basis,  with minimum BE/B. Tech qualification and 5 years post‐qualification experience in wind energy domain, inclusive of at least 3 Wind Projects as consultant/ construction monitoring /Lender’s Engineer. 

Attach resume as per Form ‐3 

3.

Has  employed  at  least  one  Junior  Wind  Technology Expert on full  time basis, with minimum BE / B. Tech qualification and 3 years post‐qualification experience in  wind  energy  domain,  inclusive  of  at  least  2 Wind Project  as  consultant/  construction  monitoring  / Lender’s Engineer 

Attach resume as per  Form ‐3 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A3‐b 

Technology Specific Qualifying Criteria for Bidder ‐ Ground Mounted Solar Projects             (refer Form‐2)

Criteria  Document to be submitted

1. Completed**  at  least  2*  assignments, LIE/EPC/Owner’s Engineer/Project Consultant for Solar projectsof  an  installed  capacity  >  5  MW  each  in  the  past  5financial years.

a) Copy of Work Award Letters received andb) Completion report/ certificate  for eachassignment,  as  applicable    (or)  Statutory Auditor  certificate  clearly  stating  the Project award  number,    name  of  the  project, confirmation of project completion, receipt of  payments  etc.,  and  the  commissioning certificate issued by Competent Authority.

2. Has  employed,  at  least  one  Senior  Solar  TechnologyExpert on full  time basis, with minimum BE / B. Techqualification and 5 years post‐qualification experiencein  solar  energy  domain,  inclusive    of  at  least  3  SolarProjects  as  consultant/  construction  monitoring  /Lender’s Engineer.

Attach resume as per Form ‐3 

3. At  least  one  Junior  Solar  Technology  Expert  withminimum BE / B. Tech qualification and 3 years post‐qualification  experience  in  solar  energy  domain,inclusive  of  at  least  2  Solar  Project  as  consultant/construction monitoring /Lender’s Engineer.

Attach resume as per Form ‐3 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A3‐c 

Technology Specific Qualifying Criteria for Bidder – Large scale Solar rooftop Projects  

(refer Form‐2)

Criteria  Document to be submitted 

1. Completed**  at  least  2*  assignments  as  LIE/EPC/Owner’s Engineer/Project Consultant for Solar rooftopprojects  of  an  aggregate  installed  capacity  >  1  MWeach, with minimum single location project size of > 50

a) Copy of Work Award Letters received andb) Completion report/ certificate  for eachassignment,  as  applicable    (or)  Statutory Auditor  certificate  clearly  stating  the Project 

Page 13: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 8 of 45 

kW in the past 5 financial years.  award  number,    name  of  the  project, confirmation of project completion, receipt of  payments  etc.,  and  the  commissioning certificate issued by Competent Authority. 

2. Has  employed,  at  least  one  Senior  Solar  rooftopTechnology Expert on full time basis, with minimum BE/  B.  Tech  qualification  and  3  years  post‐qualificationexperience in solar rooftop domain, inclusive of at least2 Solar Projects as consultant/ construction monitoring/Lender’s Engineer.

Attach resume as per Form ‐3 

3. At  least  one  Junior  Solar  Technology  Expert  withminimum BE / B. Tech qualification and 2 years post‐qualification  experience  in  solar  rooftop  domain,inclusive  of  at  least  1  Solar  Project  as  consultant/construction monitoring / acted as Lender’s Engineer.

Attach resume as per Form ‐3 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A3‐ d 

Technology Specific Qualifying Criteria  ‐ Small scale solar rooftop/Off‐grid/ Biogas/ others projects                                                                                                              (refer Form‐2) 

Criteria  Document to be submitted 

1. Completed**  at  least  2*  assignments  as  LIE/EPC/Owner’s Engineer/Project Consultant for off grid/ otherprojects as mentioned above of an aggregate installedcapacity  >  50  KW  each(or  equivalent  fuel/energyproduction), with minimum single location project sizeof  >  20  kW(or  equivalent  fuel/energy production),  inthe past 5 financial years.

a)Copy of Work Award Letters received andb) Completion report/ certificate for eachassignment,  as  applicable    (or)  Statutory Auditor certificate clearly stating the Project award  number,    name  of  the  project, confirmation  of  project  completion,  receipt of    payments  etc.,  and  the  commissioning certificate issued by Competent Authority.

2. Has employed, at  least one Senior Technology Experton  full  time  basis,  with  minimum  BE  /  B.  Techqualification and 5 years post‐qualification experiencein  the above  respective  technology domain,  inclusiveof  at  least  3  Solar  rooftop/  off  grid  Projects  asconsultant/  construction  monitoring  /  Lender’sEngineer

Attach resume as per Form ‐3 

3. At  least  one  Junior  Technology  Expert (as  pertechnology  applied  for)  with  minimum  BE  /  B.  Techqualification and 3 years post‐qualification experiencein off grid domain, inclusive of at least 2 Solar rooftop/off grid Project as consultant/ construction monitoring/  Lender’s Engineer.

Attach resume as per Form ‐3 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A3‐e Technology Specific Qualifying Criteria  ‐ Hydro Projects       (refer Form‐2)

Criteria  Document to be submitted 

1. Completed at least 2* assignments as LIE/EPC/Owner’sEngineer/Project  Consultant  for  Hydro  projects  ofinstalled capacity > 5 MW each, in the past 5 financialyears.

(a) Copy of Work Award Letters received and(b) Completion report/ certificate  for each assignment,  as  applicable    (or)  Statutory Auditor certificate clearly stating the Project 

Page 14: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 9 of 45 

award  number,    name  of  the  project, confirmation  of  project  completion,  receipt of    payments  etc.,  and  the  commissioning certificate issued by Competent Authority.

2. Has employed, at  least one Senior Hydro TechnologyExpert with minimum BE / B. Tech qualification and 15years  post‐qualification  experience  in  Hydro  energydomain,  inclusive  of  at  least  3  hydro  Projects  asconsultant/  construction  monitoring  /  Lender’sEngineer.

Attach resume as per Form ‐3 

3. At  least  one  Junior  Hydro  Technology  Expert  withminimum BE / B. Tech qualification and 10 years post‐ qualification  experience  in  Hydro  energy  domain,inclusive  of  at  least  2  hydro  Project  as  consultant/construction monitoring /Lender’s Engineer.

Attach resume as per Form ‐3 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Table: A3‐f 

*Single Work Order with multiple projects (without common boundaries) at different geographical locations can be treated as separate assignments 

for the purpose of eligibility criteria. 

**The assignments under progress but the corresponding projects have been completed & commissioned can be considered as completed projects 

Documentary  proof  for  the  above  shall  be  submitted as scanned documents,  as  indicated  in the tables 

above and to be uploaded/ attached on the website 

Technology Specific Qualifying Criteria – Biomass Power/Bagasse Co‐Gen/ Waste  to Energy Projects                                 (refer Form ‐2 ) 

Criteria  Document to be submitted 

1. Completed  at  least  2*  assignments  as  LIE/EPC/Owner’s  Engineer/Project  Consultant  for  powerprojects (based on technology applied for) of installedcapacity > 5 MW in the past 5 financial years.

(a) Copy of Work Award Letters received and(b) Completion  report/  certificate  for  each assignment,  as  applicable    (or)  Statutory Auditor  certificate  clearly  stating  the  Project award  number,    name  of  the  project, confirmation  of  project  completion,  receipt  of  payments  etc.,  and  the  commissioning certificate issued by Competent Authority.

2. Has employed, at least one Senior Technology Expert (Biomass Power/Bagasse Co‐Gen/ Waste to Energy ) onfull time basis, with minimum BE / B. Tech qualificationand  5  years  post‐qualification  experience  in  thedomain,  inclusive  of  at  least  3  BiomassPower/Cogeneration  /Waste  to  Energy  orcombination  of  above  Projects,  as  consultant/construction monitoring / Lender’s Engineer

Attach resume as per Form ‐3 

3. At  least  one  Junior  Technology  Expert ( BiomassPower/Bagasse  Co‐Gen/  Waste  to  Energy)  withminimum BE /B. Tech qualification and 3 years post‐qualification experience in the domain, inclusive of atleast  2  Biomass  Power/Cogeneration  /Waste  toEnergy  or  combination  of  above  Projects,  asconsultant/  construction  monitoring  /Lender’sEngineer.

Attach resume as per Form ‐3 

Page 15: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 10 of 45 

SECTION: IV INSTRUCTION TO BIDDERS 

4.1. The Bidding Document 

i. Request for Proposal (RFP)

a) RFP shall mean Request for Proposal.b) Bid, Tender and RFP are interchangeably used and mean the same.c) The Bidder is expected to examine all instructions, Forms, Terms & Conditions and technical specifications

in the Bidding Document. Submission of a Bid not responsive to the Bidding Document in every respectwill be at the Bidder’s risk and may result in the rejection of its Bid without any further reference to theBidder.

d) IREDA reserves the right to take any decision with regard to RFP process for addressing any situation,which is not explicitly covered in the RFP document.

e) The Bidder must disclose any actual or potential conflict of interest with IREDA.

ii. Contents of Bidding Document

The bid shall be submitted only in online mode. Contents of the bidding document is detailed in the section, Submission of Bid. 

iii. Clarifications of Bidding Documents

A pre‐bid meeting was conducted on April 16, 2019 for all the prospective bidders. The responses to the clarification sought on the Bidding Documents have been provided through posting on the IREDA website. Subsequent modifications to the Bidding Documents, as deemed necessary as a result of such queries, have been incorporated in this document. 

iv. Zero Deviation

This is a ZERO Deviation Bidding Document. Bidder has to ensure compliance of all provisions of the Bidding Document and submit their bid accordingly. Bids with any deviation to the bid conditions shall be liable for rejection. Corrigenda/Addenda, if any, shall also be available on IREDA website & CPPP.  

v. Amendment of Bidding Documents

a) At any time prior to the deadline for submission of bids, IREDA may for any reason, whether at its owninitiative or in response to a clarification requested by a Bidder, amend the Bidding Documents.

b) Amendments will be provided in the form of Addenda/corrigenda to the Bidding Documents, whichwill be posted on IREDA’s website and CPPP.  Addenda will be binding on Bidders.  It will be assumedthat  the amendments contained  in such Addenda/corrigenda have been taken  into account by theBidder in its Bid.

c) In order to afford Bidders reasonable time in which to take the amendment into account in preparingtheir bids, IREDA may, at its discretion, extend the deadline for the submission of bids, in which case,the extended deadline will be posted in IREDA’s website and CPPP.

d) From the date of issue, the Addenda to the bid document shall be deemed to form an integral part ofthe RFP.

4.2. Preparation of Bid 

i. Bid PricePrices must be quoted in Indian Rupees only and should include all costs (i.e., inclusive of cost of service,lodging, boarding, Travelling & other miscellaneous charges). The Price Schedule in the prescribed excelformat shall  indicate  the  total amount with tax as well as without  tax separately.  If bidders want  to

Page 16: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 11 of 45 

empanel for more than one technologies and for more than one category within a technology, then they need to submit separate quotes for each in the same Form‐4. E.g. if the bidder want to empanel in all three  categories(Small, Medium,  Large)  under    Grid  connected  Solar  technology  and  only  Small  and Medium  category  under  Wind  Technology,  then  they  will  need  to  provide  five  separate  quotes;  at appropriate rows within the same Form‐4 prescribed. For evaluation purpose, total amount with tax will be considered for each technology & for each category. 

ii. Bid Processing Fee

The Bidder shall submit a non‐refundable bid‐processing fee of Rs. 50,000/‐, along with applicable taxes(presently being levied@18%), if applying for empanelment.

The bid‐processing fee shall be submitted in the form of a Demand Draft from a scheduled bank in India,in favour of “Indian Renewable Energy Development Agency Limited”, payable at New Delhi.

Bidders  registered  with  District  Industries  Centres  (DICs)/Khadi  &  Village  Industries  Commission(KVIC)/Khadi & Village Industries Board (KVIB)/Coir Board/NSIC/Directorate of Handicrafts and Handloomor any other body specified by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MoMSME) are exemptedfrom  submission of bid‐processing  fee on  submission of  valid  certification  from NSIC  for  the bidedservices. However, to seek exemption the bidders, including start –up companies, have to submit a copyof  valid  Certificate  clearly  mentioning  that  they  are  registered  with  any  of  the  above‐mentionedauthorities or as per SME guidelines.

iii. Period of Validity of BidsBids shall remain valid for a period of 180 days from the date of Financial Bid opening. IREDA holds theright  to  reject  a  bid  valid  for  a  period  shorter  than  180  days  as  non‐responsive,  without  anycorrespondence.

iv. Empanelment PeriodThe empanelment period initially shall be normally for three years.

v. Format of BidThe bid shall be submitted online as detailed in the section, Submission of Bid given at Section: V.

vi. Bid CurrencyAll prices shall be expressed in Indian Rupees only.

vii. Bid LanguageThe Bid and response(s) shall be in English Language only.

viii. Signing BidThe Bid shall be signed by a person or persons duly authorized to sign on behalf of the Bidder. The personor persons signing the bid shall  initial all pages of the bid, except for printed instruction manuals andspecification sheets.

The Bid shall contain no interlineations, erasures, or overwriting.

Page 17: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 12 of 45 

SECTION: V SUBMISSION OF BID 

The applicant will need to submit their application/bid online through CPP portal, only. The offers submitted 

by any other mode will not be considered. No correspondence will be entertained in this matter. 

The bid shall be submitted online in two parts, viz., Technical Bid and Price Bid. 

Bid Forms together with documentary proof are to be submitted only online and no documents except DD shall 

be sent, physically. All  the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the 

bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading. 

5.1. Technical Bid 

Technical Bid should be prepared considering Objective, Scope, bidders technical experience, experience of team proposed & Deliverables as well as other  information given  in  this document. Bidders are advised  to satisfy themselves before submitting the bid and obtain all necessary information, which they feel, is necessary. 

i. The bidders are requested to submit their competitive offer as per stipulated Forms along with duly signedAnnexure B {Broad Scope of Work}, Annexure C ( Broad Terms & Conditions of IREDA) and Annexure D(Bidder e‐Procurement Manual), as a token of acceptance of all the three Annexures B, C & D.

ii. In  respect  of  start‐up  companies,  as  per  notified  Govt.  of  India  guidelines,  Prior  Turn  over  and  PriorExperience  eligibility  criteria  be  relaxed  subject  to  meeting  of  quality  and  technical  specifications.Accordingly, the eligibility criteria mentioned at Sl. No 1 & 2 of table A1 and Sl.  No. 1,2 &4 of table A2 areonly relaxed, provided the  Applicant submits, a copy of valid certificate issued by competent authority,about the status of the company as start‐up company

iii. A Demand Draft of applicable fee plus taxes (presently being levied@18%), towards non‐refundable Bidprocessing fee, in favour of "Indian Renewable Energy Development Agency Ltd." payable at New Delhi,has to be submitted along with the bid submission letter (no other enclosure). MSME registered with NSICare exempt from submission of bid‐processing fee on production of requisite proof in the form of validcertification from NSIC for the similar required services and with due validity (signed and scanned copyof documentary proof to be furnished).

iv. The sealed envelope, clearly mentioning the “Bid reference number –RFP for Empanelment of LIE” on thetop of envelope, containing the Non‐refundable Bid Processing Fee, as applicable ‐ plus taxes (presentlybeing levied@18%), (Banker’s Cheque /DD only) shall only be submitted, on or before the date & time ofBid submission, in physical form at the following address:

The Chairman & Managing Director, Indian Renewable Energy Development Agency Limited India Habitat Centre, East Court,  Core‐4A, 1st Floor, Lodi Road, New Delhi ‐ 11 00 03 

Signed and Scanned copy of following documents are to be furnished by the bidder, consolidated in a single 

PDF file, which shall form the Technical Bid.  

a) Bid Submission letter (Annexure A‐ Part A, B, C)b) Broad Scope of Work (Annexure B)c) Broad Terms & Conditions of IREDA (Annexure C)d) Bidder e‐Procurement Manual (Annexure D)e) Qualifying criteria for all bidding entity (Form 1)f) Technology Specific Qualifying Criteria (Form 2)g) Format for Resume – For technology Experts (Form 3)

Page 18: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 13 of 45 

h) Price Bid Form (Form 4 – as attached )i) Pre Bid Alliance Letter (Form 5)j) Integrity Pact between IREDA and Bidder (Form‐6)

5.2. Price Bid  The Price bid (Form‐4) for “Lender’s Engineers for monitoring of IREDA funded Renewable Energy Projects” has to be filled for all eligible categories under each technologies applied for and then be uploaded the same Form‐4 online along with bid submission.  

Financial/Price Bid will need to provide quotes on quarterly all‐inclusive basis (i.e., inclusive of cost of service, lodging boarding, Travelling & other miscellaneous charges, for 1 quarter) has to be submitted as per Form‐4 (as applicable  for  relevant service/technology)  in  their e‐application. The Price  (for 1 quarter) Schedules  in Form‐4 shall indicate the total amount (per quarter) with tax as well as without tax, separately.  

Bid shall be submitted with the confirmation of submission of Bid Processing fee as prescribed in the RFP. Price 

Bid shall include all the expenses (cost of service, lodging boarding, Travelling & other miscellaneous charges, 

mentioning cost in Indian Rupees and indicate the quote with and without taxes, separately.  

The Price Bid (1 quarter) should give all relevant price information and should not contradict the Technical Bid 

in any manner. The prices quoted in the price bid should be without any conditions. 

5.3. Schedule of Price Bid 

The Form‐4 mentioned Financial Proposal/Commercial Bid format is provided along with this bid document 

at https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Bidders are advised to use this bid format‐4 as  it  is, quote their 

offers/rates  (per quarter)  in  the permitted column of  the Price Bid Form‐4, and upload the same  in  the 

commercial bid.  

The Price Schedule in the prescribed excel format shall indicate the total amount with tax as well as without 

tax, separately. If bidders want to empanel for more than one technologies and for more than one category 

within a technology, then they need to submit separate quotes, within the same format, for each. The Price 

(1  quarter)  shall  indicate  the  total  amount  with  tax  as  well  as  without  tax,  separately. Bidder  shall  not 

tamper/modify  downloaded  price  bid  template  in  any  manner.  In  case  if  the  same  is  found  to  be 

tampered/modified in any manner, bid will be completely rejected and bidder is liable to be banned from 

doing business with IREDA.  

5.4. Rejection of Bid 

Bidders, who propose to submit bid shall ensure that the conditions are complied with, in totality and if any of the following event of non‐compliance ensues, the bid will be rejected and no further evaluation of bid will be done: 

a) The Document/Annexures/Formats does not bear signature of authorized person.

b) It is received through modes, other than e‐submission on designated portal.

c) It is received after expiry of the due date and time stipulated for Bid submission.

d) Incomplete/incorrect  Bids,  including  non  –  submission  or  non‐furnishing  of  requisite  documents  /Conditional Bids / Bids not conforming to the terms and conditions stipulated in this RFP document, areliable for rejection by IREDA.

e) If the Average Annual financial turnover during the last 3 financial years is less than amount as advisedaccording to category

f) If the Minimum Annual net worth in the past 3 financial year is less than amount as advised according tocategory (as applicable)

Page 19: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 14 of 45 

g) If the company/firm has not been profitable (Net Profit) during the past FY 2017‐18

h) If the project company/holding company is declared a wilful defaulter with any bank/FI, as per RBI Norms.

i) If the company/firm fails to submit the GST registration certificate along with bid

j) If  the  company/firm  does  not  submit  the  applicable  bid  processing  fee  plus  taxes  (presently  beinglevied@18%)

k) If the company/firm has not completed 3 years’ operation in India as on 31/03/2018

l) If the company/firm is employing less than required Full Time Employees from technical field, on its rollsaccording to category (as applicable)

m) If  the  company/firm has not been able  to execute  the minimum, no.  of  projects/assignments/size ofprojects (as indicated in the eligibility criteria’s) in the last 5 financial years related to the fields as per theservice applied for.

n) If the company/firm is not deploying at least one Senior Expert (of each technology applied for) on fulltime basis, with minimum required education and experience as mentioned.

o) If the company is not deploying at least one Junior Expert (of each technology applied for) on full timewith minimum required education and experience as mentioned.

5.5. Extension of Deadline for submission of Bid 

IREDA,  at  its  discretion,  may  extend  this  deadline  for  submission  of  bids  by  amending  the  Bidding Documents,  which  will  be  intimated  through  IREDA  website,  and  CPPP,  in  which  case  all  rights  and obligations of IREDA and Bidders will thereafter be subject to the deadline as extended. 

5.6. Modifications and Withdrawal of Bids 

Bids  once  submitted, will  be  treated  as  final  and no  further  correspondence will  be  entertained  in  this regard. No Bid will be modified after the deadline for submission of bids. 

5.7. Right to Reject, Accept/Cancel the bid 

IREDA reserves the right to accept or reject,  in full or  in part, any or all  the offers without assigning any reason whatsoever.  IREDA does not bind  itself to accept the  lowest or any bid and reserves the right to reject  all  or  any  bid  or  cancel  the  Bid,  any  time  during  the  bid  process,  without  assigning  any  reason whatsoever. IREDA also has the right to re‐issue the Bid without the bidders having the right to object to such re‐issue. 

5.8. RFP Abandonment 

IREDA at its discretion may abandon this RFP process any time before Notification of empanelment. 

5.9. Contacting IREDA 

From the time of bid opening to the time of empanelment, if any Bidder wishes to contact IREDA for seeking any clarification in any matter related to the bid, it should do so in writing by seeking such clarification/s from an authorized person. Any attempt to contact IREDA with a view to canvas for a bid or put any pressure on any official of the IREDA may entail disqualification of the concerned Bidder or his Bid. 

Page 20: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 15 of 45 

SECTION: VI   BID EVALUATION 

While Bids of all companies will be opened, but those companies/firms, who do not submit the applicable bid processing fee plus taxes (presently being levied@18%), will not be considered for evaluation  

6.1. Preliminary Examination of Bids 

1. The evaluation process would consider whether the bidder has requisite prior experience and expertiseto address IREDA’s requirements and objectives. IREDA will examine the bids to determine whether theyare complete, whether required  information has been provided as pointed out  in the Bid document,whether the documents have been properly signed, and whether bids are generally in order.

2. Eligibility and compliance to all the forms and documents would be the next level of evaluation. Onlythose Bids that comply to the Eligibility Criteria will be taken up for further technical evaluation.

3. To assist in the examination, evaluation and comparison of bids, IREDA may, at its discretion, ask any orall the Bidders for clarification and response shall be in writing and no change in the price or substanceof the Bid shall be sought, offered or permitted.

4. Written replies submitted in response to the clarifications sought by IREDA, if any, will be reviewed.5. IREDA may interact with the Customer references submitted by Bidder, if required.6. If a Bid is not substantially responsive, it will be rejected by IREDA and may not subsequently be made

responsive  by  the  Bidder  by  correction  of  the  nonconformity.  IREDA’s  determination  of  bidresponsiveness will be based on the content of the bid itself.

6.2. Technical Evaluation of Bids 

The bidders will be evaluated on the technical capabilities of the bidders as per the documents submitted 

by them. The broad criterion will include, but not limited to: 

Previous experience of Bidder

Previous experience of the technology partner

Similar projects completed by bidders in past five years

If the bidder submits a credential without documentary proof or improper documentary proof (i.e. unsigned certificates etc.), the same will be rejected and the bid will be evaluated without considering such credentials.  

A bidder will  need  to  fulfil  the minimum eligibility  in  the  technical  evaluation,  in order  to qualify  for  the evaluation of commercial/price bids. The bids of such bidder, who are not able to qualify technically, will not be processed further. 

The bids will  be  evaluated on  the  following criterion under each  technology  and under  each  category of empanelment 

1. Average Annual financial turnover of the company/firm for past 3 financial years2. Minimum Annual net worth of the company/firm for past 3 financial years3. Net profit during last 3 financial years4. Number of years of operation of the company/firm since incorporation as on 31/03/20185. Number of Full Time Employees from technical field, on its rolls6. Number of RE projects in years of experience of consulting / construction monitoring / acted as Lenders

Engineer, in Renewable Power Generation Projects/Power Sector in past 5 years7. Number of Assignments completed as LIE/EPC/Project Consultant for the technology applied for, in the

past 5 years from bid opening8. Number projects under taken by Senior Technology Expert (of each technology applied for) on full time

basis, with minimum qualification post – qualification experience,9. Number projects under taken by one Junior Technology Expert (of each technology applied for) with

Page 21: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 16 of 45 

minimum qualification and post‐qualification experience   

Any applicant of the empanelment will need to meet minimum qualifying requirements in technical evaluation for further processing of their application    

6.3. Commercial Evaluation of Bids 

Commercial  bids  of  only  those  Bidders,  who  qualify  in  the  technical  evaluation,  will  be  opened  andevaluated.

The bidder will need to quote consolidated fees for per quarter (3 months) for services/work includingBoarding,  Lodging,  Travelling  and other miscellaneous  expenses  etc.  The  Price  shall  indicate  the  totalamount  with  tax  as  well  as  without  tax,  separately.  If  bidders  want  to  empanel  for  more  than  onetechnologies   and for more than one category within a technology, then they need to submit separatequotes, at appropriate places with in the same form (Form‐4) given, for each.

Arithmetic errors in the Bids submitted shall be treated as follows:

o Where there is a discrepancy between the amounts in figures and in words, the amount in words shallgovern; and

o Where there is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from multiplying theunit rate by the quantity, the unit rate will govern unless, in the opinion of IREDA, there is obviously agross error such as a misplacement of a decimal point, in which case the line item total will govern.

o Where there is a discrepancy between the amount mentioned in the bid and the line item total presentin the Commercial Bid, the amount obtained on totalling the line items in the Commercial Bid will govern.

The Financial Bids of all the Technically Qualified Bidders will be opened and the Rates of all the qualifiedbidders shall be disclosed after opening of financial bids. After finalization of L‐1 bidder for each technologyunder each category, all the other qualified bidders for the same technology under each category, shall beasked to match their rates with rates quoted by L‐1 bidder in that category in each technology.

The  empanelment  of  qualified  bidders,  for  Lender  Independent  Engineer,  is  inter  alia  subject  to  thecondition that  they match the rates quoted by the L‐1 bidder  in that particular  technology under eachcategory (Small, Medium, Large). Accordingly, the bidder will need to submit the declaration (included aspart Bid Submission letter), that they undertake to match the rates of the L‐1 bidder in the technologyand/or category in which they qualify. In the event, the notified L‐1 rate is not acceptable to them; theyshall inform IREDA within 7 working days of such notification.

All successful bidders, who will be empanelled at L1 rates, will get equal chance by rotation, in the awardof assignments from IREDA, in that particular renewable energy technology and/or category.

Page 22: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 17 of 45 

SECTION: VII   TERMS AND CONDITIONS 

7.1. Definitions (Relevant as per Bid Document) 

a) Notification of Empanelment

After selection of the Successful Bidder and after obtaining internal approvals and prior to expiration of the period of Bid validity, IREDA will send Notification of Empanelment to the selected Bidder. 

b) Taxes and Duties

All taxes deductible at source, if any, at the time of release of payments, shall be deducted at source as per then prevailing rates while making any payment. 

The benefits realized by the Bidder due to lower rates of taxes, duties, charges and levies shall be passed on by the selected Bidder to IREDA. 

c) Payment Terms

The payment will be made as per the payment schedule mentioned in broad terms and conditions of IREDA given  at  Annexure  ‐C  and  it  will  be  generally  on  quarterly  basis,  subject  to  satisfactory  completion  of work/submission & acceptance of final report/review by IREDA. 

d) Quarterly Fees (Price Bid)

Quarterly Fees, for the services of LIE, shall remain fixed during the empanelment period. There shall be no increase in fee for any reason whatsoever. Therefore, no request for any escalation of the cost / price shall be entertained. IREDA may increase the duration of empanelment, if required, at mutual consent. 

e) Confidentiality

The empanelled Bidder and alliance partner,  if any, shall  treat the details of the documents shared with them during course of empanelment as secret and confidential.  IREDA may ask  the Successful Bidder,  if required, to submit a separate Non‐Disclosure Declaration (NDD). 

f) Intellectual Property Rights

All rights, title and interest of IREDA in and to the trade names, trademark, service marks, logos, products, copyrights and other intellectual property rights shall remain the exclusive property of IREDA and Bidder shall  not  be  entitled  to  use  the  same  without  the  express  prior  written  consent  of  IREDA.  Nothing  in empanelment/works executed under it including any discoveries, improvements or inventions made upon with/by  the  use  of  the  Bidder  or  its  respectively  employed  resources  pursuant  to  completion  of empanelment shall neither vest nor shall be construed so that to vest any proprietary rights to the Bidder. Notwithstanding, anything contained in terms of empanelment, this clause shall survive indefinitely, even after conclusion/termination of this empanelment. 

g) No Damage of IREDA Property

Bidder shall ensure that there is no loss or damage to the property of IREDA while executing the services. In case, it is found that there is any such loss/damage due to direct negligence/non‐ performance of duty by any personnel, the amount of loss/damage so fixed by IREDA shall be recovered from the Bidder. 

h) Indemnity

The Bidder shall indemnify, protect and save IREDA and hold IREDA harmless from and against all claims, losses, costs, damages, expenses, action suits and other proceedings, (including reasonable attorney fees), relating to or resulting directly or indirectly from 

Page 23: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 18 of 45 

An act of omission or commission of the Bidder, its employees, its agents, or employees of its alliancepartners in the performance of the services provided under this empanelment,

Breach of any of the terms of this Empanelment or breach of any representation or warranty or falsestatement or false representation or inaccurate statement or assurance or covenant by the Bidder,

Bonafide use of the deliverables and or services provided by the Bidder,

Misappropriation of any third party trade secrets or infringement of any patent, trademarks, copyrightsetc. or such other statutory infringements in respect of all components provided to fulfil the scope ofthis project,

Claims made by the employees, alliance partner, alliance partner’s employees, who are deployed by theBidder, under this empanelment,

Breach of confidentiality obligations of the Bidder,

Gross negligence or gross misconduct solely attributable to the Bidder or by any agency, or any of theiremployees by the bidder for the purpose of any or all of the obligations under this Empanelment.

The Bidder shall further indemnify IREDA against any loss or damage arising out of loss of data, claims of infringement  of  third‐party  copyright,  patents,  or  other  intellectual  property,  and  third‐party  claims  on IREDA  for  malfunctioning  of  the  equipment  or  software  or  deliverables  at  all  points  of  time,  provided however, IREDA notifies the Bidder in writing immediately on being aware of such claim, and the Bidder has sole control of defense and all related settlement negotiations. 

Bidder shall be responsible for any loss of data, loss of life, etc., due to acts of Bidder’s representatives, and not just arising out of gross negligence or misconduct, etc., as such liabilities pose significant risk. 

The Bidder shall indemnify IREDA (including its employees, directors or representatives) from and against claims, losses, and liabilities arising from: 

i. Non‐compliance of the Bidder with Laws / Governmental Requirements.ii. Intellectual Property infringement or misappropriation.iii. Negligence and misconduct of the Bidder, its employees, alliance partner and agents.iv. Breach of any terms of empanelment, Representation or Warranty.v. Act of omission or commission in performance of service.vi. Loss of data.

Indemnity  would  be  limited  to  court  awarded  damages  and  shall  exclude  indirect,  consequential  and incidental damages.  However, indemnity would cover damages, loss or liabilities, compensation suffered by IREDA arising out of claims made by its customers and/or regulatory authorities. 

Bidder shall indemnify,  protect and save IREDA against all claims, losses, costs, damages, expenses, action, suits  and  other  proceedings,  resulting  from  misappropriation  of  any  third  party  trade  secrets  or infringement of any patent, trademarks, copyrights etc., or such other statutory infringements under any laws including the Copyright Act, 1957 or Information Technology Act 2000 in respect of all the hardware, software and network equipment or other systems supplied by them to  IREDA from whatsoever source, provided IREDA notifies the Bidder in writing as soon as practicable when IREDA becomes aware of the claim however, 

i. The Bidder has sole control of the defense and all related settlement negotiations

ii. IREDA provides the Bidder with the assistance, information and authority reasonably necessary toperform the above and

iii. IREDA does not make any statements or comments or representations about the claim without the priorwritten consent of the Bidder, except where IREDA is required by any authority/ regulator to make acomment  /  statement/  representation.  Indemnity would  be  limited  to  court  or  arbitration  awardeddamages  and  shall  exclude  indirect,  consequential  and  incidental  damages  and  compensations.However, indemnity would cover damages, loss or liabilities suffered by IREDA arising out of claims made

Page 24: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 19 of 45 

by its customers and/or regulatory authorities. 

7.2. Bidder’s Liability 

a) The selected Bidder will be liable for all the deliverables.b) The  Bidder’s  aggregate  liability  in  connection  with  obligations  undertaken  as  part  of  the  Project

regardless of the form or nature of the action, giving rise to such liability, shall be, capped at the valueof such work order.

c) Indemnity would be limited to court awarded damages and shall exclude indirect, consequential andincidental  damages.  However,  indemnity  would  cover  damages,  loss  or  liabilities,  compensationsuffered by IREDA arising out of claims made by its customers and/or regulatory authorities.

7.3. Liquidated Damages 

Due to negligent act of the Bidder, if IREDA suffers losses, and incurs damages, the quantification of which may be difficult, IREDA may decide a reasonable estimate of the damages, capped at the value of such work order, and the Bidder shall agree to pay such liquidated damages. 

7.4. Fraudulent and Corrupt Practice 

a) “Fraudulent Practice” means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement processor  the execution of  the project  and  includes  collusive practice among Bidders  (prior  to or  after bidsubmission) designed to establish Bid prices at artificial non‐competitive levels and to deprive the IREDAof the benefits of free and open competition.

b) “Corrupt Practice” means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value, pressuring toinfluence the action of a public official in the process of project execution.

c) IREDA will  reject  a  notification  of  empanelment  if  it  determines  that  the  bidder  recommended  forempanelment  has  engaged  in  corrupt  or  fraudulent  practices  in  competing  for  or  in  executing  theproject.

7.5. Force Majeure 

a) Notwithstanding  the  provisions  of  the  RFP,  the  empanelled  bidder  or  IREDA  shall  not  be  liable  forpenalty or termination for default if and to the extent that it’s delay in performance or other failure toperform its obligations under the empanelment/works awarded under it, is the result of an event ofForce Majeure. For purposes of this clause, “Force Majeure” means an event beyond the control of thebidder and not involving IREDA or bidder’s fault or negligence and not foreseeable. Such events mayinclude, but not restricted to wars, revolutions, epidemics, natural disasters etc.

b) If force majeure situation arises, the bidder shall promptly notify IREDA in writing of such condition andcause thereof. Unless otherwise directed by IREDA in writing, the Bidder shall continue to perform itsobligations as per the work awarded, as far as possible.

7.6. De‐Empanelment due to discrepancies  

IREDA reserves  its right to de‐empanel the selected bidder  in the event of one or more of  the  following situations, that are not occasioned due to reasons solely and directly attributable to IREDA alone; 

a) Serious discrepancy observed during performance as per the scope of empanelment.b) If the Bidder makes any statement or encloses any form which turns out to be false, incorrect and/or

misleading or information submitted by the Bidder/Bidder turns out to be incorrect and/or conceals orsuppresses material information.

The Bidder would be required to compensate IREDA for any direct loss incurred by IREDA due to the de‐empanelment and any additional expenditure to be incurred by IREDA to appoint any other Bidder.  

Page 25: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 20 of 45 

7.7. De‐Empanelment due to other reasons 

a. For  Convenience:  IREDA  by  written  notice  sent  to  Bidder  for  de‐empanel  him  at  any  time  for  itsconvenience,  giving  one month’s  prior  notice.  The  notice  of  de‐empanelment  shall  specify  that  thetermination  is  for convenience the extent  to which Bidder’s performance under the empanelment  isterminated and the date upon which such termination become effective. All the eligible charges for thework completed till the date of such notice, may be considered for payment/settlement.

b. For  Insolvency:  IREDA, at any time, may de‐empanel  the bidder by giving written notice  to Bidder,  ifBidder becomes bankrupt or insolvent. In this event, de‐empanelment will be without compensation toBidder, if such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy that has accrued orwill accrue thereafter to IREDA.

c. For Non‐Performance: IREDA reserves its right to de‐empanel the bidder in the event of Bidder’s failures

in execution of work awarded.

7.8. Resolution of Disputes 

IREDA  and  the  bidder  shall  make  every  effort  to  resolve  amicably,  by  direct  informal  negotiation,  any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the empanelment or work thus awarded. If after thirty days from the commencement of such informal negotiations, IREDA and the Bidder are  unable  to  resolve  their  dispute  amicably;  either  party may  require  that  the  dispute  be  referred  for resolution by formal arbitration. 

All questions, disputes or differences arising under and out of, or in connection with the empanelment, shall be referred to two Arbitrators: one Arbitrator to be nominated IREDA and the other to be nominated by the Bidder. In the case of the said Arbitrators not agreeing, then the matter will be referred to an umpire to be appointed by the Arbitrators in writing before proceeding with the reference. The award of the Arbitrators, and  in  the event of  their not agreeing,  the award of  the Umpire appointed by  them shall be  final     and binding   on   the   parties.   THE ARBITRATION AND RECONCILIATION ACT 1996 shall apply to the arbitration proceedings and the venue & jurisdiction of the arbitration shall be at New Delhi. 

The  Venue  of  arbitration  shall  be New Delhi.  During Arbitration proceedings, neither of the parties will be entitled to interest pendente lite. 

7.9. Governing Law 

This empanelment, its meaning and interpretation, and the relation between the Parties shall be governed by the applicable laws of India. 

7.10. Applicable Law 

The obligations between IREDA and successful Bidder shall be interpreted in accordance with the laws of the Union of India and the Bidder shall agree to submit to the courts under whose exclusive jurisdiction the Corporate Office of IREDA falls. 

7.11. Addresses for Notices 

Following shall be address of IREDA and Bidder’s address for notice purpose: 

The Chairman & Managing Director 

Indian Renewable Energy Development Agency Limited, Core – 4A, East Court, 1st Floor, India Habitat Centre, 

Lodhi Road, New Delhi ‐110003 

Bidder’s address for notice purpose: (To be filled by the Bidder) 

Page 26: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 21 of 45 

Annexure ‐ A: Part –A 

Bid Submission Letter (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

Chairman & Managing Director Indian Renewable Energy Development Agency Limited India Habitat Centre, East Court,  Core‐4A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi ‐ 11 00 03 

Sir, Ref No. RfP‐IREDA/ REN/ Emp/LIE/2019 

a) Bidder’s InformationDetails of the Bidder 

1. Name of the Bidder (Lead)

2.

Technology & Category Applied (please put  Tick mark) 

Technology/Category  Small  Medium Large

1. Wind

2. Ground mounted Solar

3. Large scale Solar Rooftop

4. Small scale Solar Roof Top/ Off‐Grid/Biogas/ Others

5. Hydro

6. Biomass/ Bagasse Cogeneration /Waste To Energy

3. Full Address of the Bidder along withemail, mobile contact number

4. Name of the authorized person,contact details, email id, phone etc.

5. Contact details of organisation’s Head(MD/CEO) like email id, phone etc.

6. Status of the Company (Public Ltd/Pvt. Ltd/LLP/LLC)

7. Details of Incorporation of theCompany/Commencement ofBusiness

Date: 

Copy  of  First  year  operational  audited  balance  sheet,  if  the 

operations of company are not continuous during FY 2015‐16, 

2016‐17 & 2017‐18) 

8. Valid GST (Goods &  Service tax)registration no.

9. Permanent Account Number (PAN)

10. Name & Designation of the contactperson to whom all references shallbe made regarding this bid

11. Telephone No. (with STD Code),mobile number

12. E‐Mail of the contact person:

13. Fax No. (with STD Code)

14. Website

Page 27: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 22 of 45 

b) Bidder’s Profile 

Bidder’s Organization (Description should be limited to 2500 characters) 

[Provide  here  a  brief  description  of  the  background  and  organization  of  your  firm/company  including ownership details, date and place of incorporation of the  company/firm, objectives of the company/firm etc. 

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder)  

(Name & Affix official seal of Signatory) 

Page 28: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

 

Page 23 of 45  

Annexure‐A: PART‐B 

Qualifying Requirements  (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

Sl. No 

Qualifying Criteria (please tick the appropriate response) 

  Wind  Ground 

Mount

ed 

Solar 

Large 

scale  

Roof 

Top 

Small 

scale 

rooftop/ 

Off‐grid/ 

Biogas/ 

others 

Hydro Biomass 

Power 

/Bagasse 

co‐gen 

/Waste to 

Energy 

1  Technology applied for    Yes/NoYes/NoYes/No Yes/No  Yes/No Yes/No 

2  In case of alliance, Whether Form‐5, duly signed  by  both  parties,  has  been submitted 

  Yes/NoYes/NoYes/No Yes/No  Yes/No Yes/No 

3  Average Annual financial turnover not less than limits as applicable 

Yes / No 

4.  Minimum    Annual    net  worth    for  past three years including  FY  2017‐18 not less than limits as applicable 

Yes / No

5.  Profitable (net profit) for past  FY 2017‐18  Yes / No

6.  Legally incorporated in India for minimum of 3 years as on 31/03/2018) 

Yes / No

7.  GST registration No.  Yes / No

8.  Having  requisite  minimum  Full  Time Employees from Technical Field (i.e. with B.  Tech/B.E  qualification)  as  per  the category  applied  for,  with    2  years’ experience, on company rolls 

Yes / No

9  Experience as LIE /EPC/Project Consultant  in in Renewable Energy Projects (At least 5 completed assignments) 

Yes / No

10  Has  employed  at  least  one  Senior Technology  Expert  (of  each  technology applied  for)  on  full  time  basis,  with minimum BE/ B. Tech. qualification and 5 years  (15  years  in  case  of  hydro  and  3 years for Large scale solar rooftop)  post‐ qualification  experience  of  at  least  3 Projects in Technology expertise  

  Yes/NoYes/NoYes/No Yes/No  Yes/No Yes/No 

11  Has  employed  at  least  one  Junior Technology  Expert  (of  each  technology applied  for)  on  full  time  basis,  with minimum BE/B.  Tech  qualification  and  3 years  (10  years  in  case  of    hydro  and  2 years  for Large scale solar  rooftop) post‐ qualification  experience  of  at  least  2 Projects in Technology expertise  

‐  Yes/NoYes/NoYes/No Yes/No  Yes/No Yes/ No 

12  Bidder/Technology  Support  Partner  has  ‐ Yes/NoYes/NoYes/No Yes/No  Yes/ No Yes/ No 

Page 29: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 24 of 45 

completed  at  least  two  assignments  in technology  applied  for  having  aggregate installed  capacity  as  mentioned  in  the past  5  financial  as  LIE  /EPC/Project Consultant  in Renewable Energy Projects 

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder)  

(Name & Affix official seal of Signatory) 

Page 30: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 25 of 45 

Annexure‐A: Part – C 

Letter of Confirmations / Undertakings (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

The Chairman & Managing Director Indian Renewable Energy Development Agency Limited India Habitat Centre, East Court,  Core‐4A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi ‐ 11 00 03 

Sir, Ref No. RfP‐IREDA/ REN/ Emp/LIE/2019 

1. We / undersigned offer to apply for empanelment with IREDA Ltd., as a Lender’s Engineer for renewableenergy projects as per details enclosed.

2. We agree to abide by this bid offer for a period up to six months from the date of opening of Price Bid andthe conditions of this offer shall remain effective & binding upon us for acceptance at any time before theexpiry of the said period.

3. We confirm that we have submitted the requisite bid processing fee to IREDA.

4. We understand that IREDA reserves the right to accept /reject any bid, without assigning any explanationor reason and decision of IREDA management shall be final and binding on all the bidders.

5. We understand that the empanelment of qualified bidders is inter alia subject to the condition that theymatch the rates quoted by the L‐1 bidder.  We submit and declare that we undertake to match the rates ofthe L‐1 bidder, as notified by IREDA, in the sub categories in which we qualify. In the event, the notified L1rate is not acceptable to us, we shall inform IREDA within 7 working days of such notification.

6. We the bidder, hereby declare and affirm that our company /firm / entity is not banned or blacklisted byGovt. Institutions in India as on the date of submission of this bid.

7. We the bidder, hereby declare and affirm that our company /firm / entity is not declared a wilful defaulterbanks/ financial Institutions in India as on the date of submission of this bid.

8. We have examined the above‐referred RFP document.  As per  the  terms and conditions  specified  in  theRFP document, and in accordance with the schedule of prices indicated in the commercial/price bid (Form‐4) and made  part of this offer.

9. We acknowledge having received the addenda / corrigenda to the RFP document, if any.

10. While submitting this bid, we certify that:

a. Prices have been quoted in INR.b. Prices are inclusive of all charges and have been quoted both excluding and including taxes.c. The prices in the bid have not been disclosed and will not be disclosed to any other bidder of this  RFP.d. We have neither induced nor attempted to induce any other bidder to submit or not submit a bid for

restricting competition.e. We agree that the rates / quotes, terms and conditions furnished in this RFP are for IREDA.

11. If we are empanelled by IREDA, we undertake to start the assignment under the scope immediately afterreceipt of any work mandate under this empanelment. We have taken note of liquidated damages clause inthe RFP, as well as the clause no. 11 on compensation for delay in Broad terms and conditions of IREDA, andagree to abide by the same. We also note that IREDA reserves the right to cancel our empanelment; and de‐empanelment clause, as per terms and condition, would be applicable. We understand that for delays notattributable to us or on account of uncontrollable circumstances, penalties will not be levied and that the

Page 31: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 26 of 45 

decision of IREDA will be final and binding on us. 

12. We agree that, if  IREDA decides that a  formal contract  is required to be prepared and executed; thisoffer will be binding on  us. We also certify that the information/data/particulars furnished in our bid arefactually correct. We  also accept that in the event of any information / data / particulars are found to beincorrect, IREDA will  have the right to disqualify /blacklist us and charge monetary damages.

13. We undertake to comply with the terms and conditions of the bid document. We understand that IREDAmay reject any or all of the offers without assigning any reason whatsoever.

14. Declaration  for Acceptance of  Scope of Work‐ We  have  carefully  gone  through  the  Scope  of  Work

contained in the above‐referred RFP document at Annexure – B. We  declare that all the provisions of thisRFP are acceptable to my company (and alliance partner,  if applicable). We  further  certify  that  we  aresigning this letter though  an  authorized  signatory  of  our  company  and  he  is,  therefore,  competent  tomake  this declaration.

15. Declaration for Acceptance of Broad Terms and Conditions of IREDA ‐ We  have carefully  gone  through

the Terms & Conditions contained in  the above‐ referred RFP  document as well those annexed herewith asAnnexure‐C. We declare that all the provisions of these RFP are acceptable to my company (and alliancepartner, if applicable). We  further  certify  that we  are signing this letter though an  authorized  signatoryof our company and he is, therefore, competent to make  this declaration.

16. We submit our Bid Document herewith. We understand that

a) You are not bound to accept the lowest or any bid received by you, and you may reject all or any bid.

b) If our Bid for the above empanelment is accepted, unless and until IREDA desires for a formal contract

to be prepared and executed, this bid together with your written acceptance thereof shall constitute a

binding agreement between us.

c) If our bid is accepted, we are to be jointly and severally responsible for the due performance of the

works assigned under the empanelment.

17. We confirm that we have not physically submitted this bid/offer, and the same has been submitted onlyonline on the stipulated e‐tender website. In this regard following enclosures have been uploaded alongwith our bid/offer:

b)

Forms‐ 1 & 2 along  with  documentary  proof,  as  stipulated & resume  of experts as applicable inForm‐3 

c)Price Bid (Form‐4)

d)e)f)

Pre‐Bid Alliance Letter (Form ‐5) *Integrity Pact between IREDA and Bidder (Form-6)Broad Scope of Work (Annexure‐B) duly signed in token of acceptance

g)Broad Terms & Condition of IREDA (Annexure‐C) duly signed in token of acceptance Bidder e‐Procurement Manual (Annexure‐D) duly signed in token of acceptance*(in case of an alliance bid) 

18. In addition to the above, we confirm that we have filled the combined matrix as per Annexure‐A: Part – B for e‐bid purposes.

19. Details of our bid are as under:

Name of the Organization 

Brief company profile(not more than Half page) enclosed 

a)

Page 32: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 27 of 45 

Name of Contact Person Contact Nos. E‐mail ID of the Contact Person 

Empanelment applied for  Lender’s Independent Engineer 

In case of applying for LIE 

Technologies applied for 

(pl strike out the options not applied for) 

Wind Solar Large Scale

Solar rooftop

Small scale solar roof top/offgrid/biogas/Others

Hydro Biomass/ Bagasse CoGen /

Waste to Energy

Conformity to Qualifying Criteria for Bidding Entity  (Form‐1) 

Yes. / No If Yes, Form‐I enclosed with supporting documents

Conformity to LIE empanelment (Form 2) ‐ Technology Specific QualifyingCriteria 

Yes / No If Yes, Form‐2 enclosed with supporting documents

Technology  Name  of    pre‐bid alliance  partner  ,  if applicable 

• Wind

• Solar

• Large Scale Solar rooftop

Small scale solar roof top/off grid/ biogas/ Others

• Hydro

Biomass/ Bagasse CoGen/Waste to Energy

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder)  

(Name & Affix official seal of Signatory) 

Page 33: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 28 of 45 

Annexure ‐ B 

Broad Scope of Work (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

Lenders Independent Engineer 

Technical Due Diligence (One time) 

The Lender’s Independent Engineer will review and provide its comments, in the form of a Due Diligence report, 

on the adequacy and reasonableness of the following:  

Review of Energy Yield Assessment Study performed by the Developer

Independent Energy Yield Assessment

Site Assessment (Location Suitability & Accessibility, Water Availability, Construction Power, SiteTopography & Terrain, Soil & Proposed Foundation Design, Environment & Social Impact etc.)

Review of Project Cost Estimateso Contract Value (commensurate with the scope of work)o Identify major equipment not covered in the EPC contract and cost impact, if any.o Site Development and Civil Workso Land costo Contingency, preliminary and pre‐operative expenseso Overall project costo Any other cost

Review of Design and Planning of the Project

Review of Project Implementation Capabilities of various Contractors (EPC/Civil/E&M/etc.)

Review of Construction Scheduleo Periodical monitoring/Review of the actual construction activities in the fieldo Evaluation of project schedule and potential for delays, damages or force majeure provisionso Remedial measures proposed for making up the shortfalls

Review of Land Acquisition Statuso The  LIE  shall  review  the  status  of  land acquisition,  sufficiency of  land acquired/to be acquired by  the

Borrower/Contractor/Land Aggregator /etc.o Disbursement Certificate ‐ LIE shall confirm that land for the above‐mentioned project, in proportion to

the disbursement requested, is in possession, with unrestricted access, of the Borrower /EPC Contractor/ Developer/aggregator. Borrower to submit documentary evidence to LIE in this connection

Review of Approvals/ Clearances and Permits and LicensesThe  LIE  shall  review  the  Clearance,  Approvals,  Permits  and  Licenses  related  to  the  Project  already

obtained/to be obtained. LIE will identify remaining statutory/ non‐statutory clearance/ approvals/ permits

required to be obtained for successful implementation and operation of the Project.

Review of Evacuation Arrangemento The Lenders’ Independent Engineer shall assess the adequacy of proposed evacuation arrangement w.r.t.

PPAs executed/ planned for execution.o LIE shall also review the PPA & other documents (including review of clauses of EPC contracts relevant to

the operational phase) relating to the project and provide an opinion on the same.

Power Evacuation Arrangement & Power Sale Arrangement

Review of Contract DocumentsThe LIE shall review and identify any major issues that exist in the following project documents:

Page 34: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 29 of 45 

o Supply, Erection Agreement including agreement for development, supply, construction and installationand commissioning

o Operation  and  Maintenance  Agreement  (as  and  when  executed)  ‐  Contractor’s  scope  of  supply;reasonableness  of  projected  O&M  costs,  both  routine  and  non‐routine;  Terms  and  conditions  withregards to performance guarantees, force majeure, potential liabilities arising thereon.

o Shared Services Agreement (if any)

LIE shall review the above contracts with specific emphasis on:  

o Terms  and  conditions  (including  terms  and  conditions  of  performance  guarantees  like  power  curve,average availability guarantee, reactive power consumption etc., force majeure, and potential liabilitiesarising thereon)

o Provisions for liquidated damages for delay and non‐performance of guaranteed parameterso Technical provisions associated with Contractor’s and Owner’s responsibilitieso Limits on total liability and individual liability capso Change order procedureso Evaluation of project schedule and potential for delays, damages or force majeure provisions

Project Implementation Phase (on Quarterly Basis) 

Construction Monitoringo Monitor Project activities, actual with respect to Schedule to avoid over run of time & cost, by keeping track on

various Project activities as per scopeo Review of Financial Statements & Fund flow status.o Review of Implementation schedule and Time  over run and cost overrun details , if anyo Review of delivery schedules of & delivery of plant and equipment from Equipment supplier/contractorso Co‐ordination with IREDA Nominee Director, if appointed.o Review of status on receipt of various statutory approvals/clearances.o Review/Monitoring of the Detailed Construction/Scheme/PERT chart for various construction activities and furnish

periodical reports to IREDAo Review of Drawdown Request of Borrowers vis‐à‐vis Project Progress and Invoicingo Issue drawdown certificates as per prescribed formats of Loan Agreements and submit compliance status for each

condition precedent to first drawdown and subsequent drawdown as per loan agreement.o Verify the status of completion of various activities carried out/to be carried out based on the contracts awarded

to various suppliers/contractorso Review/Monitoring  of  design  and  equipment  selection  for  the  project  and  suggest  modifications,  taking  into

consideration of the project appraisal report and field conditionso Summary of all disbursements made since the last monitoring visit and towards the items it was utilizedo Remarks on site performance and efficiency tests and to certify their compliance with the guaranteed parameters

and any comments on the sameo Review of O&M plan, O&M budget and any major overhaul plans

Post Commissioning in form of Project Completion Report, which may include: 

Signed Project Completion Certificate, including details on project commissioning, adequacy of installation of allequipment versus project design, compliance with the regulatory stipulations, permits, licenses etc.

Further, upon completion of three months of the project, a report on operational performance of the projectincluding summary of generation data, performance guarantee tests

Review of O&M budget of the project

Review of TRA Account and Insurance for the project

Project Performance monitoring report

Page 35: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 30 of 45 

Special Note of Applicants for Hydro Power Projects 

While the scope of work will remain same for various technologies, the phases will be classified as below for 

the Hydro power Projects 

Phase‐1: Before Sanction ‐ Technical Due Diligence of DPR – Hydrology, PPS, Accessibility, Project Cost, 

Power Evacuation Arrangement & Power Sale Arrangement 

Review of Energy Yield Assessment Study performed by the Developer

Independent Energy Yield Assessment considering available resources (Hydrology)

Review of Project Cost EstimatesThe  Lender’s  Independent  Engineer will  review and  comment  on  the  adequacy  and  reasonableness  of  the 

following:  

o Contract Value (commensurate with the scope of work)o Identify major equipment not covered in the EPC contract and cost impact, if any.o Site Development and Civil Workso Land costo Contingency, preliminary and pre‐operative expenseso Overall project costo Any other cost

Review of preliminary Design and Planning of the Project and suggest modifications, if any.

Review of Power Evacuation Arrangemento The Lenders’  Independent Engineer shall assess the adequacy of proposed evacuation arrangement w.r.t. PPAs

executed/ planned for execution.o LIE  shall  also  review  the PPA & other documents  (including  review of  clauses of EPC contracts  relevant  to  the

operational phase) relating to the project and provide an opinion on the same.

Review of Approvals/ Clearances and Permits and LicensesThe  LIE  shall  review  the  Clearance,  Approvals,  Permits  and  Licenses  related  to  the  Project  alreadyobtained/to be obtained. LIE will identify remaining statutory/ non‐statutory clearance/ approvals/ permitsrequired to be obtained for successful implementation and operation of the Project.

Review of proposed Construction Schedule /PERT charto Evaluation of project schedule and potential for delays, damages or force majeure provisionso Remedial measures proposed for making up the shortfalls

Pahse‐2: Pre‐ Disbursement ‐Review of contracts agreement, Pert Chart & Land Acquisition Status 

Review of Project Implementation Capabilities of various Contractors (EPC/Civil/E&M/etc.)

Review of Land Acquisition Statuso The  LIE  shall  review  the  status  of  land  acquisition,  sufficiency  of  land  acquired/to  be  acquired  by  the

Borrower/Contractor/Land Aggregator /etc.

Review of Contract DocumentsThe LIE shall review and identify any major issues that exist in the following project documents:

o Supply,  Erection  Agreement  including  agreement  for  development,  supply,  construction  and  installation  andcommissioning.

o Shared Services Agreement (if any)

LIE shall review the above contracts with specific emphasis on:o Terms  and  conditions  (including  terms  and  conditions  of  performance  guarantees  like  power  curve,  average

availability guarantee, reactive power consumption etc., force majeure, and potential liabilities arising thereon)o Provisions for liquidated damages for delay and non‐performance of guaranteed parameterso Technical provisions associated with Contractor’s and Owner’s responsibilitieso Limits on total liability and individual liability caps

Page 36: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 31 of 45 

o Change order procedureso Evaluation of project schedule and potential for delays, damages or force majeure provisions

Phase 3: Project Implementation 

Construction Monitoringo Monitor Project activities, actual with respect to Schedule to avoid over run of time & cost, by keeping track on

various Project activities as per scopeo Review/Monitoring of the Detailed Construction/Scheme/PERT chart for various construction activities and furnish

periodical reports to IREDAo Verify the status of completion of various activities carried out/to be carried out based on the contracts awarded

to various suppliers/contractorso Review/Monitoring  of  design  and  equipment  selection  for  the  project  and  suggest  modifications,  taking  into

consideration of the project appraisal report and field conditionso Commissioning Report

Operation and Maintenance Agreement, if any (as and when executed) – Review of O&M arrangements formeeting commitments as per various contracts such as PPA, Contractor’s scope of supply; List of O&M costestimates components and comments on reasonableness of projected O&M costs, both routine and non‐routine; Terms and conditions with regards to performance guarantees, force majeure, potential liabilitiesarising thereon.

Disbursement Certificate ‐ LIE shall confirm the fund utilized and issue certificate for requisite fund basedon the project progress and schedule of fund requirement.

Review  the  inspection  certificate  of  main/critical  equipment’s  and  suggest  for  remedial  measures,  ifrequired

Phase‐4: Operational phase – in case of difficulties faced during the operations, LIE services may be asked 

as and when required 

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder)  

(Name & Affix official seal of Signatory) 

Page 37: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 32 of 45 

Annexure‐ C 

Broad Terms & Conditions of IREDA (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

1. Charges/ Fees

The bidders  have  to  quote  the  price  bid per quarter,  as  per  format  provided  in  Form‐4, for different e l i g ib le   categories under each technologies. The  rates of  L1  in each  ca tegory  o f   each   technology shall be  the basis of ceiling of payment. 

The bidders will need to provide their all‐inclusive quote for 1 quarter (i.e. inclusive of cost of service, lodging & boarding, Travelling & other miscellaneous charges), both with and without taxes, on a per project basis in the same Form‐4 

Note: 

The prices should be quoted for complete scope of work. The taxes and duties will be as per actual over andabove the quoted price.

Rates with ceiling  as  per  L1  in  each  category,  shall  remain  firm  and  fixed  for  a  period of  3 years.  If anassignment is still pending or the duration of empanelment needs to be increased, there will be no escalation of rates, nor shall it be allowed for any pending project until the completion of the work assigned.

2. Terms of Payment

Payment to LIE will be made on a quarterly basis, subject to satisfactory completion of events/ submission of final  report/review. The  terms of payment of  fees  shall be on acceptance of all  reports  including Site Visit Report (per) to the satisfaction of IREDA

The empanelled consultant will raise the  invoice for payment on the submission of Technical Due Diligence report/ Construction Monitoring report/ Project monitoring report  

3. Visits

The  LIE  has  to  compulsor i ly   to   undertake  at least 1 site visit during each quarter. If required, IREDAmay ask the empanelled LIE to conduct extra site visits, beyond the no. as aforementioned, at mutuallyagreed terms

For the rooftop projects, 1 visit shall mean complete site visit of all sub projects allocated at the time ofissue of request.

The site visit will  generally be conducted by the Senior Technical Expert, however  if  there has  to bea  change  in  expert  or more  no.  of   personnel  are  deployed  for  s ite  vis it ,  it  has  to be withprior permission of IREDA.

The  working  team  of  LIE  for  the  project  shall  comprise  of  two  professionals comprising of one Seniorand one Junior Technology expert as defined in the bid  document.  During  the  assignment  of  the work,the LIE has to  intimate the details of the professional in the team.

Site monitoring report has to be submitted within 15 days after site visit.

Page 38: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 33 of 45 

4. DeliverablesThe deliverables, after the site visits shall be as below: 

1. One‐time Due Diligencea. Site visit Report for each site in pre‐sanction site visit, verifying

i. Statutory approvals/ clearances received as well as expected date of receipt of pendingclearances 

ii. Contractual agreements  (including EPC and PPA)iii. Status of site preparation, including but not limited to, availability of approach road, suitability

of terrain, transmission network etc. iv. Site adequacy in terms of Land available, energy yieldv. Physical progress at sitevi. Manpower at site

b. Compliance status of Technical and commercial conditionsi. Choice and efficacy of project design including machinery chosenii. Fund flow arrangementsiii. Equity infused by the project developer

2. Construction Monitoring Phase(i) Site Inspection report  (ii) Construction progress  report  vis‐à‐vis material procurement,  site work execution & compliances 

and commissioning status (iii) Progress as per projection submitted by borrower against actual  (iv) Utilization of funds and time and cost/time overrun possibilities.  (v) Verification of COD (as per requirements of sanction, net metering/gross metering as applicable). (vi) Verification of list of assets (as per format of IREDA if project is completed and COD achieved 

3. Post Commissioning of Project Monitoring(i) Quarterly  MIS  report  &  site  visit  report  regarding  the  operations,  performance  and  revenue

generation by project  

5. Validity

The empanelment / rates shall be valid for a period of 3 years from the date of empanelment. IREDAmay extend the same if required, on mutually agreed terms.

Assignment once  awarded  to  an empanelled  LIE  for  a  project  shall  ordinarily be continued for upto1 year from the COD of the respective project, unless otherwise IREDA decides to terminate the samefor reasons to be conveyed  in writing.

6. Methodology for Rate Finalization

Rates of all the qualified bidders shall be disclosed after opening of financial bids. After finalization of L‐1 bidder for each category( 3 Nos.) under each technology(6 Nos) as above, all the other qualified bidders for the same category & technology, shall have the right to match their rates with rates quoted by L‐1 bidder in that category. The bidders have to submit a declaration (included as part Bid Submission letter), for aligning with the rates of the L1 bidder. The Bidder shall however have the option to withdraw, their bid in writing within 7 working days of declaration of the L1 rates by IREDA, if they do not wish to match the L1 rates. 

All successful bidders, who will be empanelled at L1 rates, will get equal chance by rotation, in the award of assignments from IREDA, in that particular renewable energy technology. 

7. Methodology of Award of Work

The work will be awarded on rotational basis, i.e. the party awarded the first work will be approached againwhen the entire cycle is completed. The work will be awarded on priority starting from the bidder obtaininghighest  technical marks  to  the bidder with  lowest marks  in  the particular  category during  the  technical

Page 39: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 34 of 45 

evaluation of bids. 

On award of assignment, LIE shall submit to IREDA, within 10 working days of the date of Letter of Award, the names of the team members constituted for working on the project including the names of Senior and Junior Technology Experts for that particular project. 

The bidder  shall  ensure  that  the  team member  shall  remain  same,  as  per  those mentioned  in bidder’s application for empanelment. In case of any subsequent change in Technology Experts, they should meet the criteria specified in the FORMS of relevant technology of this document. 

Approval of the change in team members for work assigned under empanelment for LIE shall be required from IREDA before commencing work on the assignment.  

The resume of relevant Technology experts in the team should be submitted in the format as per Form‐3.  

8. LIE eligible for more than one category

The  parties who  are  eligible  for more  than  one  category/ technology m a y   submit  different rates/ charges as per the  form specified  in  the document, for each category and technology.  For  the cyclic award of work, they will be considered separately for all eligible categories. 

9. Tax/ duties

Statutory variation in taxes, duties and levies during the tenure of the empanelment shall be reimbursed. 

IREDA  shall  be  entitled  to  deduct  taxes  at  source  from  all  the  payments,  to  be  made  to  the  agency,  in accordance to with the Indian Income Tax Laws and Rules applicable from  time  to  time and deposit  it with concerned  Govt. Authorities within the prescribed  time. The necessary certificate about deduction of  tax  in accordance with law shall be furnished to the agency. 

10. Alliance Bid:

a) Alliance of one Lead Partner and one or more specific Technology Support Partners is allowed.b) The  Alliance  arrangement  has  to  be  formalized  pre‐bid.  Post‐award  sub‐ contracting of the assigned

work shall not be allowed in any case and will be liable for cancellation of empanelment.c) One  Lead Partner  shall have only one Technology Support Partner  for one technology.d) One Technology Support Partner will not bid in alliance with more than one Lead Partner.e) In case of alliance bid, letter in Form‐5 to be jointly signed and submitted by the Lead Partner and all

Technology Support Partners.f) The Pre‐bid alliance once submitted shall be permanent until  the tenure of empanelment. In the event

of withdrawal of a Technology Support Partner for any reasons, the empanelment in particular categoryshall be withdrawn.

11. Compensation for delay

In the event of the Agency failing to adhere to the deliverables & timelines,  IREDA may without prejudice to any  other  right  or  remedy  available,  may  recover  liquidated  damages  for deviation  from  conditions  post empanelment as follows: 

a) After the award of work to an empanelled bidder, an amount of 1 % of the total fee may be deductedfor  14  working  days  of  delayed  submission  of  report  at  each  instance  and  that  the  overallcompensation for delay against delayed completion of work shall be limited to 10 % of total rate of award.

b) Can  repudiate  the  work  awarded  or  even  the  empanelment  at  the  risk  and  cost  of  the  empanelledorganisation.

Liquidated  damages,  for  delay  in  services  can  be  recovered  from  the  bill  of services submitted by the empanelled agency. The levy of liquidated damages will be at the discretion of IREDA 

Page 40: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 35 of 45 

12. Settlement of Disputes and Arbitration

As per section 7.8 of this document 

13. Laws & Jurisdiction of Empanelment

The laws applicable to the empanelment shall be the laws in force in India. The courts of New Delhi shall have exclusive jurisdiction in all matters arising under the empanelment. 

14. Damages for Non‐Compliance, Remedies for Non‐Performance and Fraudulent Practices

For  reasons,  which  may  include  unsatisfactory  performance  of  the  Services,  false  reporting  during  the empanelment period,  or  the  bidder  resorting  to unacceptable or unlawful and fraudulent practices either during  bidding  or  during execution  of  the  works assigned under empanelment,  or  for  any  other  reason whatsoever,  IREDA  at  its discretion may  de‐empanel/blacklist  the  agency  from  participating  in any  future bidding  process  for  a  specified  period  of  time.  A  fifteen  days’  written  notice  shall  be  served  to  the bidder  /  agency  for  termination.  The  balance works shall be executed at the risk and cost of the agency 

15. Force Majeure

As per section 7.5 of this document 

16. Other terms and conditions

a) Firms not having minimum relevant experience in the respective field / no. of personnel need not to apply.b) Firms not having Goods & Service Tax Registration will be rejected.c) IREDA reserves the right to accept or reject any other request for empanelment also without assigning any

reason. Firms empanelled will be informed suitably.d) The bid submitted without the acceptance of IREDA’s terms & conditions shall be summarily rejected.e) No further discussions/interface will be granted to bidders whose bids have been disqualified.f) IREDA reserves the right to accept or reject any or all bids in part or in total without assigning, any reason

and IREDA’s decision shall be final and binding on all the parties.g) Bids not submitted in the prescribed bid form shall be summarily rejected.h) Bids not submitted with the prescribed processing fee shall be summarily rejectedi) If last date of submission and opening of bid is a holiday, the bids shall be opened on next working day.j) Canvassing in connection with the bids is prohibited and the bid submitted by the applicant who resorts to

canvassing shall be liable for rejection.k) If the performance of the assignment is not found satisfactory, IREDA shall have the right to terminate the

work  assigned  without  any  further  notice/correspondence.  No  fees  will  be  paid  including  the  amountwithheld (if any), once the notice issued to the party. In case of unsatisfactory service or discontinuation ofservice by empanelled agency, IREDA will engage alternate empanelled agency at the sole risk and cost ofthe existing agency.

l) The performance of the empanelled agencies will be reviewed by an evaluation committee constituted byCMD, IREDA. Basis its evaluation, the committee will make recommendations of addition/deletion in thelist of empanelled agencies. The addition any new agency to the empanelled list however, will be subjectto any such agency meeting all the aforementioned requirements. The empanelment of such agencies alsowill be normally  limited to remaining period of 3 years  from  initial empanelment of agencies. After  thecompletion of  the 3 years,  IREDA, at  its discretion, may extend the period of empanelment at mutuallyagreed terms.

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder)  

(Name & Affix official seal of Signatory)  

Page 41: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 36 of 45 

Annexure–D: 

Bidder e‐Procurement Manual (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

REGISTRATION can be done on below mentioned Link 

https://eprocure.gov.in/eprocure/app?component=%24WebHomeBorder.%24WebRightMenu.%24DirectLi

nk&page=Home&service=direct&session=T 

Instructions to the Contractors/Bidders for the e‐submission of the bids

1. Bidder should do Online Enrolment in the eprocure Portal using the option Click Here to Enrol available

in the Home Page. Then the Digital Signature enrolment has to be done with the e‐token, after logging

into the portal. The e‐token may be obtained from one of the authorized Certifying Authorities such as

eMudhraCA/GNFC/IDRBT/MtnlTrustline/SafeScrpt/TCS.

2. Bidder then logs into the portal giving user id / password chosen during enrolment.

3. The e‐token, that is registered, should be used only by the bidder and should not be misused by others.4. DSC  (Digital  Signature  Certificate)  once  mapped  to  an  account  cannot  be  remapped  to  any  other

account. It can only be inactivated.

5. The Bidders can update well in advance, the documents such as certificates, purchase order details etc.,

under My Documents option and  these can be  selected as per bid  requirements  and  then attached

along with bid documents during bid submission. This will ensure lesser upload of bid documents.

6. After downloading / getting the bid schedules, the Bidder should go through them carefully and then

submit the documents as per the bid document; otherwise, the bid will be rejected.

7. The BOQ/ Price bid template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be

uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for that bid. Bidders

are allowed to enter the Bidder Name and Values only.

8. If there are any clarifications, this may be obtained online through the eProcurement Portal, or through

the  contact details  given  in  the  bid  document.  Bidder  should  take  into  account  of  the  corrigendum

published before submitting the bids online.

9. Bidder, in advance, should prepare the bid documents to be submitted as indicated in the bid schedule

and they should be  in PDF/XLS/RAR/DWF formats.  If  there  is more than one document,  they can be

clubbed together.

10. Bidder should arrange for the EMD/bid processing fee as specified in the bid. The original should be

posted/couriered/given in person to the Bid Inviting Authority, within the bid submission date and time

for the bid.

11. The bidder reads the terms and conditions and accepts the same to proceed further to submit the bids

12. The bidder has to submit the bid document(s) online well in advance before the prescribed time to avoidany delay or problem during the bid submission process.

13. There is no limit on the size of the file uploaded at the server end. However, the upload is decided onthe Memory available at the Client System as well as the Network bandwidth available at the client sideat that point of time. In order to reduce the file size, bidders are suggested to scan the documents in75‐100  DPI  so  that  the  clarity  is  maintained  and  the  size  of  file  is  reduced.  This  will  help  in  quickuploading even at very low bandwidth speeds.

Page 42: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 37 of 45 

14. It is  important to note that, the bidder has to click on the Freeze Bid Button, to ensure that he/shecompletes the Bid Submission Process. Bids that are not frozen are considered as Incomplete/Invalidbids and are not considered for evaluation purposes.

15. In case of Offline payments, the details of the Earnest Money Deposit(EMD) document, if applicable,submitted physically to the Department and the scanned copies furnished at the time of bid submissiononline should be the same otherwise the Bid will be summarily rejected

16. The Tender Inviting Authority (TIA) will not be held responsible for any sort of delay or the difficultiesfaced during the submission of bids online by the bidders due to local issues.

17. The bidder may submit the bid documents online mode only, through this portal. Offline documents willnot be handled through this system.

18. At the time of freezing the bid, the eProcurement system will give a successful bid updation messageafter uploading all the bid documents submitted and then a bid summary will be shown with the bid no,date & time of submission of the bid with all other relevant details. The documents submitted by thebidders will be digitally signed using the e‐token of the bidder and then submitted.

19. After  the bid submission,  the bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement as atoken of  the submission of  the bid. The bid summary will act as a proof of bid submission  for a bidfloated and will also act as an entry point to participate in the bid opening event.

20. Successful bid submission from the system means, the bids as uploaded by the bidder is received andstored in the system. System does not certify for its correctness.

21. The bidder should see that the bid documents submitted should be free from virus and if the documentscould not be opened, due to virus, during bid opening, the bid is liable to be rejected

22. The time that is displayed from the server clock at the top of the tender Portal, will be valid for all actionsof requesting bid submission, bid opening etc., in the e‐Procurement portal. The Time followed in thisportal is as per Indian Standard Time (IST), which is GMT+5:30. The bidders should adhere to this timeduring bid submission.

23. All the data being entered by the bidders would be encrypted at the client end, and the software usesPKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered will not be viewable byunauthorized persons during bid submission and not viewable by any one until the time of bid opening.Overall, the submitted bid documents become readable only after the bid opening by the authorizedindividual.

24. During  transmission of bid document,  the confidentiality of  the bids  is maintained  since  the data  istransferred over  secured  Socket  Layer  (SSL) with  256‐bit  encryption  technology. Data  encryption ofsensitive fields is also done.

25. The  bidders  are  requested  to  submit  the  bids  through  online  eProcurement  system  to  the  TIA wellbefore the bid submission end date and time (as per Server System Clock).

The details are also available on 

https://eprocure.gov.in/eprocure/app?page=HelpForContractors&service=page 

*** 

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder)  

(Name & Affix official seal of Signatory) 

Page 43: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 38 of 45 

Form‐1 

Qualifying Criteria for Bidding Entity  

(Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

Name of the (lead) Bidder: 

1. Financially solvent with positive net profit during FY 2017‐18 (Rs. In lakhs) 

Net Profit for Fiscal 2017‐18 

……………….. 

2. Operational  after  being  Legally  incorporated  in  India  for minimum of 3 years as on 31/03/2018) (Attach Certificate of 

incorporation  and  first  audited  balance  sheet,  if  the operations of company are not continuous during FY 2015‐16, 2016‐17 & 2017‐18) 

Details of Incorporation 

3. GST registration No. (copy attached)

4. Annual  financial  turnover  not  less  than  limits  as  applicable (Copy  of  audited  annual  accounts  attached.  Provisional Auditor certified accounts for FY 2018, allowed) (Rs. In Lakhs) 

Turnover  FY 2015‐16 

Turnover FY 2016‐17 

Turnover FY 2017‐18 

5. Minimum Annual net worth for FY 2015‐16, 2016‐17, 2017‐18 not less than limits as applicable (Rs. In lakhs) 

……… 

6. No. of Full Time Employees from technical field, as applicable, with suitable experience, on the rolls of the bidder. (Copy of recent Group PF / PPF /ESI statement being filed by the bidder with the government) 

Please fill the table below for the required details along with Copy of recent Group PF /  PPF  /ESI  statement  being  filed  by  the bidder  with  the  government,  as  per attached document (Not more than: 

10 if applying for Small category

16 if applying for  Medium Category

18 if applying for Large category)

Sr. No 

Name of Employee on rolls 

Qualification  Total Experience 

 (in years) 

No. of projects handled 

PF / PPF /ESI no. 

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder) 

(Name & Affix official seal of Signatory) 

Page 44: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 39 of 45 

Form‐2 

Technology Specific Qualifying Criteria# (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

1. Name of the Lead Bidder (if applied without Alliance) / Pre‐bid alliance partner (if bidding in alliance):

Completed  minimum  2  nos.  of  assignments  as  LIE  (of  a  Bank/FI)  /EPC/Owner’s  Engineer/ProjectConsultant  for  technology  applied  for  requisite  capacity  in  the  preceding  5  financial  years,  (pleasemention at max 10 assignments)

Sr. No. 

Project Name/ Location  Client Name  Project  installed capacity (MW) 

Start Date  End Date 

(Please attach the award letters of requisite capacity as per the eligibility criteria and in the name of the bidding entity / alliance partner and copy of work completion certificate from the client/ statutory auditor’s certificate, in the period of past 5 financial years.)   

2. Senior Technology Expert* employed on full time:

Technology  Experts employed full time 

Name  of Expert 

Post  Qualification Experience  (No.  of Yrs.) 

No.  of Projects Handled 

Remarks  /Role 

Senior Expert with min qualification of ‐ BE.  /B. Tech 

*Attach CV of each of the above personnel as per Form ‐ 3.

3. Junior Technology Expert* employed on full time basis:

Name of Expert  Post Qualification Experience (No. of Yrs.) 

No.  of  Projects Handled 

Remarks  / Role 

Senior Expert with min qualification of ‐ BE.  /B. Tech 

*Attach CV of each of the above personnel as per Form ‐ 3

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder) 

(Affix official seal of Signatory) 

# please refer table below for minimum criteria 

Page 45: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 40 of 45 

Technology  Minimum no. of projects 

Minimum capacity of the project 

Senior technology expert Junior technology expert

Size  Aggregate/ individual

Minimum Qualification

Minimum PQE Minimum Qualification 

Minimum PQE

Wind  2  5 MW  Individual  B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

5  years  and  3 wind projects  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

3  years  and  2 wind projects  

Solar Ground mounted 

2  5 MW  Individual  B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

5  years  and  3 Solar projects  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

3  years  and  2 Solar projects  

Large scale Solar Rooftop 

2  1 MW  Aggregate (with indivi‐dual capacity of 50 kW)  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

3  years  and  2 Solar  rooftop projects  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

2  years  and  1 Solar  rooftop projects  

Small scale rooftop /Off‐grid/Biogas/ other Projects 

2  50 kW  Aggregate (equivalent fuel energy capacity, with individual capacity of min of 20 kW) 

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

5  years  and  3 Solar  Roof  Top /Off‐grid/ Biogas/ other projects  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

3  years  and  2 Solar  Roof‐top /Off‐grid/  Biogas / other projects  

Hydro Projects  2  5 MW  Individual  B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

15  years  and  3 Hydro projects  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

10  years  and  2 Hydro projects  

Biomass/Bagasse Co‐Gen/Waste to energy Projects 

2  5 MW  Individual  B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

5  years  and  3 Biomass/Bagasse Co‐Gen /Waste to energy projects  

B.E/B. Tech/ B.Sc.(Eng.) 

3  years  and  2 Biomass/Bagasse Co‐Gen/  Waste to  energy projects  

Page 46: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 41 of 45 

Form‐3 Format for Resume  

For Technology Experts (both for Senior & Junior)  (To be submitted for each experts (1 senior and for 1 Junior) under each 6 technologies, separately) 

(Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder)

General

Name 

Present Designation 

Technology /Expertise Area (Please tick as applicable) 

Technology  Senior Expert  Junior Expert 1) Wind

2) Solar Ground mounted

3) Large scale Solar Rooftop

4) Small  scale  rooftop/Off‐grid/Biogas/ other Projects

5) Hydro Projects

6) Biomass/Bagasse Co‐Gen/Wasteto energy Projects

Qualification(Min of B. Tech) / Year of Passing 

Total  Power/RE experience ( years ) 

Key Assignments completed 

Employed with Bidder since (date) 

Email ID, Contact Nos. 

Technology specific Experience(For example if applying for wind, then experience specific to windprojects only)

Brief outline of major projects / assignments handled in the last 5 years / 3 years (as applicable for Senior or Junior Expert*) 

Sl. No.  Name of Project / Assignment 

Client  Date ofCommencement 

Date ofCompletion 

Position held 

Scope inbrief / projectdetails

Technology Expert of: In Existing Firm from  till date 

For previous firms from  to1 

Note:  List a maximum of TOP 11  Projects/assignments handled  for Senior Expert and TOP 6  Projects/ Assignment handled for Junior Expert. *if the same technology expert is being used for more than one technology, the table above shall be filled for eachtechnology respectively, while the other details may remain common. 

Signature of Expert 

Certification: I, the undersigned, certify that the above is correct to the best of my knowledge and belief. 

 (Signature of duly authorized person on behalf of the bidder) 

(Affix official seal of Signatory) 

Page 47: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 42 of 45 

Form‐4 

PRICE BID FORM (ONLY ONLINE MODE. To be submitted in excel format as shared) 

The  Bidders  should  submit  their  price  bid*  in  this  form  depending  on  the  technologies  for  which 

empanelment  is  sought. Also if the bidder chooses to apply for more than one category (Small, Medium, 

Large), then also separate quote need to be provided.  

*For the purpose of evaluation, the quarterly Project monitoring fees as quoted by the bidder will be taken.

For e.g. if bidder wishes for empanelment in 2 categories in one technology and all three category in another 

technology, then he will need to submit a total of 5 quotes. Similarly, if the bidder wants to get empanelled 

for all 6 technologies, mentioned below and for all three categories, then 18 separate quotes are to be filled. 

Bidders have to quote their minimum rates against each  item in the table(s) below.   

Note: 

The rates with tax and without tax, only in column 54 & 53 respectively shall be quoted, the other column maynot be relevant

The rates shall be quoted in INR only

The rates shall be quoted per quarter (i.e. a period of three months)

The rates with tax will be entered in words by the format automatically.

Page 48: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 43 of 45 

Price Bid declaration (Signed and scanned copy of document to be furnished by the bidder) 

Technology‐1 Quote ( in Rupees) 

Small Category  Medium Category Large Category 

Without taxWith tax Without taxWith tax  Without tax With tax

1) WIND Yes/ No  Yes/ No Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No

2) Solar Ground Mounted Yes/ No  Yes/ No Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No

3) Large Scale Solar Rooftop  Yes/ No  Yes/ No Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No

4) Small scale solar rooftop/Off‐Grid/ Biogas/others

Yes/ No  Yes/ No Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No

5) Hydro Yes/ No  Yes/ No Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No

6) Biomass/ Bagasse Co‐gen/ Waste to Energy

Yes/ No  Yes/ No Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No  Yes/ No

We not that the quote is for on quarterly basis and it  is submitted only in the excel format provided and includes all the charges for analysis and submission of final report, including lodging & boarding, Travelling and other miscellaneous  charges  etc. The Price  Schedule  indicates  the  total  amount with  tax  as well  as without tax, separately.  

Separate prices have been submitted for category applied under each technology. 

The quoted price has not been mentioned anywhere, except for the excel format as prescribed. 

(Signature of duly authorized person on behalf of the bidder) 

(Affix official seal of Signatory) 

Page 49: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 44 of 45 

Form‐5 

Pre‐bid Alliance Letter (If  the  alliance  is  with  more  than  one  technology  support  partner  for  different  technologies, separate  Form‐5 shall be signed and scanned copy of document shall be submitted for each alliance) 

The Chairman & Managing Director 

Indian Renewable Energy Development Agency Limited India Habitat Centre, East Court,  Core‐4A, 1st Floor, Lodi Road,  New Delhi – 110 003 

Sir, 

Empanelment of Lenders Engineer for Renewable Energy Projects‐Ref  RfP‐IREDA/ REN/ Emp/LIE/2019 

Name of Lead Bidder Name of Technology for which alliance is soughtName of Technology Support Partner 

1. We / undersigned offer to apply for empanelment with IREDA Ltd. as a Lender’s Engineer in Alliance forrenewable energy projects as per details enclosed.

THIS ALLIANCE is made and entered into this ……………. day of the month of……, between:

[Name of  Lead  Partner]  through  its  Authorized  Signatory  [Name  of  Authorized  Person]  having  theirprincipal place of business at [Address]  in  India, hereinafter called as  the Lead Member or  the partyof the FIRST PART; and

[Name of Technology Support Partner] through  its Authorized Signatory [Name of Authorized Person]having  their  principal  place  of  business  at  [Address]  in  India,  hereinafter  called  as  the TechnologySupport Partner or the party of the SECOND PART;

The  parties  of  the  FIRST  and  the  SECOND  PART  have  agreed  to  join  hands  in  the  form  of workingalliance to provide the professional engineering services for the captioned bid.

2. The  party  of the  FIRST  PART  meets  the  General  Eligibility  Criteria and the party of the SECOND PARTmeets the technology specific criteria for the following technologies – Wind Projects, Ground mountedSolar  Projects,  Large  scale  solar  Roof  Top,  small  scale  Solar  Rooftop/off‐grid/Biogas/others,  HydroProjects, Biomass /Bagasse co‐gen/Waste to Energy. (Strike out whichever not applicable) for which thisalliance is being done.

3. The party of the first part confirms that it has not been declared a wilful defaulter by RBI and nor was awilful defaulter.

4. The Technology Support Partner confirms that it has read the provisions of the bid document includingscope of work.

Page 50: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

Page 45 of 45 

5. We  hereby  understand  and  agree  that  the  “Lead  Member”  shall  be  solely  responsible  for  the  duedischarge  of  the  services  with  regard  to  IREDA  Ltd  and  by  virtue  of  being  recognised  as  a  pre‐bidalliance partner,  the work done and submitted through the Lead Member by the Technology SupportPartner shall be acceptable to IREDA. The Lead Partner shall do all invoicing under the assignments  andpayments  will  be  released  by  IREDA  Ltd  directly  to  the  Lead  Partner.  The  sharing  of proceedsbetween the Lead Member and the Technology Support Partner shall be the bilateral matter of the twoParties.  Termination  of  this  arrangement  by  any  of  the  two  Parties  shall  result  in cancellation of theempanelment for the particular technology.

6. We further understand that The Minimum eligibility criterion as listed in A1 & A2 are to be met bythe lead partner in totality. Similarly, Minimum eligibility criterion as listed in A3 are to be met bythe Technology support partner in totality.

7. However,  it  is  affirmed  and  agreed,  that  both  Parties  shall  be  jointly  and  severally  responsible  fortimeliness and the Quality of Services provided and IREDA Ltd shall have the right to move against any ofthe Party in case of deficient service.

8. We  understand  that  IREDA  reserves  the  right  to  accept  /reject  any  bid,  without  assigning  anyexplanation or reason and decision of IREDA management shall be final and binding on all the bidders.

9. We hereby declare and affirm that our company /firm / entity is not banned or blacklisted by Govt.Institutions in India as on the date of submission of this bid.

IN WITNESS WHEREOF, the Members have entered into this Agreement the day, month and year first 

above written. 

1. For and on behalf of (Lead Bidder) 

Name

Designation

Date   

Seal   

2. For and on behalf of (Technology Partner)  

Name 

Designation 

Date   

Seal 

Page 51: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder

FORM-6

Page 52: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder
Page 53: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder
Page 54: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder
Page 55: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder
Page 56: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder
Page 57: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder
Page 58: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) · 2019-05-17 · ‐ 2 ‐ Disclaimer The information contained in this Request for Proposal (RFP) document or information provided subsequently to Bidder